Loading...
HomeMy WebLinkAboutItem 5c. Authorize RFP for Preparation of a Strategic Asset Management Plan Item 5c Department: Utilities Cost Center: 6001 and 6101 For Agenda of: 9/6/2022 Placement: Consent Estimated Time: N/A FROM: Aaron Floyd, Utilities Director Prepared By: Chris Lehman, Utilities Deputy Director – Wastewater Mychal Boerman, Utilities Deputy Director – Water Miguel Barcenas, Utilities Deputy Director – Engineering and Planning Shawna Scott, Utilities Special Projects Manager SUBJECT: AUTHORIZE REQUEST FOR PROPOSALS FOR PREPARATION OF A STRATEGIC ASSET MANAGEMENT PLAN RECOMMENDATION 1. Approve the request for proposals for the preparation of a Strategic Asset Management Plan (Project), Specification No. 1000077-08; and 2. Authorize staff to advertise the Project for proposals and bids; and 3. Authorize the City Manager to award the contract for the Project if the lowest responsible bid is within available project funding of $145,000. POLICY CONTEXT The City is the sole provider of water, wastewater, and recycled water service within San Luis Obispo. The Water Treatment Plant (WTP), Water Resource Recovery Facility (WRRF), Whale Rock Reservoir (W R), pipelines, and wastewater collection and water distribution systems are comprised of assets (e.g., infrastructure components and equipment such as a pump station, water meter, valve, or pipe) that require management via computerized maintenance management system (CMMS) software . Use of CMMS for asset management is a system that enables the City to keep track of its assets, which helps streamline and predict ongoing and future asset maintenance, repair, and replacement. The Project supports Major City Goals including Economic Recovery, Resiliency, and Fiscal Sustainability and Climate Action, Open Space, and Sustainable Transportation because organized, efficient, and standardized asset management will support ongoing and future investments in critical infrastructure capacity and resiliency. The Project is consistent with the City’s adopted General Plan , including Water and Wastewater Element (WWE) Goal A.3.1 to “manage the City’s water resources to meet the current and future water demand requirements associated with development Page 17 of 145 Item 5c envisioned by the General Plan”, Goal B.2.1 to provide “adequate wastewater collection and treatment service to meet the long-term needs of the City”, and Policy B.2.2.2 (Service Capacity), which states that “the City's wastewater collection system and Water Resource Recovery Facility shall support population and related service demands consistent with the General Plan.” The Project will support compliance with Policy B .4.2.1 (Collection System Maintenance), which states that “the City will m anage the collection system to ensure that the proper level of maintenance is provided and that the flow in sanitary sewers does not exceed design capacity.” DISCUSSION Background The City’s water system currently has four primary water supply sources including Whale Rock Reservoir, Salinas Reservoir, Nacimiento Reservoir, and recycled water (for irrigation). Domestic water is treated at the City’s Water Treatment Plant (WTP), and the City’s potable water distribution system delivers water from the WTP to approximately 15,700 metered customers and over 2,000 fire hydrants via 190 miles of water mains, 11 storage tanks, and seven pump stations. Additional assets include water meters, isolation valves, fire hydrants, air vacs, and pressure reducing valves. The City’s wastewater system includes the currently under construction Water Resource Recovery Facility (WRRF), which is responsible for treating all of the wastewater within the City, from California Polytechnic State University (Cal Poly), and the San Luis Obispo County Regional Airport, in addition to the production of recycled water. The City’s wastewater collection system is comprised of over 138 miles of main line, nine sewer lift stations, 2,900 manholes, and various other assets. The collection system has over 14,000 private sewer lateral connections. In the Utilities Department, asset management structure and planning has not been standardized and varies in each operating section (Whale Rock Reservoir, WTP, Water Distribution, Wastewater Collection, WRRF, and Control Systems). Due to the lack of a standardized guidance document, there is not consistency as new equipment is commissioned or decommissioned, and critical data needed to support lifecycle costs and maintenance budgets (e.g., depreciation) are difficult to track. There have been major changes to infrastructure linked to recent capital improvement projects (CIPs) such as the WTP’s Energy Efficiency Project upgrade, and the WRRF’s SLO Water Plus project that will require a proactive approach for operation and maintenance intervals given the sophistication of the new technology. Additional CIPs underway, including sewer lift stations and major underground asset replacement, will also benefit from a standard approach to asset management. An asset management plan (Strategic Asset Management Plan) is needed to layout the program approach, serve as a reference for migrating asset records and maintenance schedules , and be part of an effective training programs for existing and new staff managing sewer and water infrastructure. Page 18 of 145 Item 5c Project Description A Strategic Asset Management Plan (SAMP) is a CMMS1 design guide. The SAMP will define a uniform process for tracking/managing equipment, facilities, maintenance programs, work orders, procedures, safety elements, and provide the ability for predictive and reliability centered maintenance tracking. This design guide will facilitate consistency and ensure appropriate data is collected through the City’s CMMS programs by determining standards for, among other things, asset definitions, attributes, classes, hierarchy, and criticality. This data will help prioritize preventative maintenance schedules, facilitate efficient workflows, and extract pertinent information in the form of reports and system audits. Staff is particularly interested in developing a Reliability Centered Maintenance (RCM) program2 in the future, which would rely on automated analysis to focus resources rather than manufacturer’s maintenance and replacement recommendations (the RCM may differ from the intentionally conservative recommendations but would not conflict with warranty requirements). RCM recommendations will be developed through the SAMP. Preparation of the SAMP will be the first phase of the Project (Attachment A, Request for Proposals for Strategic Asset Management Plan, Specification 1000077 -08). The goals of the Project will be to: 1. Standardize asset management for the Utilities Department, including the WTP, WRRF, Water Distribution, Wastewater Collection, Whale Rock Reservoir, Water Resources, and Control Systems; 2. Provide a consistent platform to inventory, manage, assess, maintain, and replace assets; 3. Enable staff to assess existing conditions of assets quickly and efficiently; 4. Optimize existing operations and maintenance procedures; 5. Optimize use of capital investment dollars; 6. Identify resource needs (e.g., equipment, materials, staffing, funding, technology); 7. Review and confirm if the current Cityworks CMMS platform will be optimal for all Water and Wastewater Division operations; 8. Prepare up to three small scale pilot programs for a side -by-side comparison of implementation; and 9. Allow for future implementation of the SAMP based on the unique characteristics of each operating section of the Utilities Department. 1 Computerized Maintenance Management System, such as Cityworks, which is currently used by City Wastewater Collections, Water Distribution, Water Resources, and Whale Rock operating sections. 2 Reliability-centered maintenance (RCM) is a concept of maintenance planning to ensure that systems continue to do what their users require in their present operating context. Successful implementation of RCM leads to increase in cost effectiveness, reliability, machine uptime, and a greater understanding of the level of risk that the organization is managing. Page 19 of 145 Item 5c Although this current effort does not include a full-scale implementation of a CMMS, the plan will afford City staff a side-by-side comparison of up to three small scale pilot programs’ ability to process data and provide ease of operations when maintaining complex infrastructure normally found at treatment plants. The small-scale pilot programs will include testing of up to three software platforms. The three pilot programs will identify, at a minimum, the effectiveness of tracking work orders, asset identifications, and maintenance reminders to prolong the life of the infrastructure. The implementation phase(s) of this Project will be funded and detailed separately under subsequent RFPs. Implementation will be tailored to the specific needs and timelines of each operating section and will include software training programs and schedules for staff, determination and contracting of backend software maintenance (internal and external), and migration and restructuring of existing CMMS software. Previous Council or Advisory Body Action The 2021-23 Financial Plan appropriates a total of $195,000 for Cityworks Integration (asset management), with an additional $90,000 identified as needed for Fiscal Year 2024-25. Cityworks is a CMMS, which is currently used by four Utilities Department operating sections to manage assets. The SAMP will be used by the WTP, WRRF, Water Distribution, Wastewater Collection, Whale Rock Reservoir, Water Resources, and Control Systems operating divisions and will facilitate consistency and ensure appropriate data is collected through the CMMS program(s), such as Cityworks, during the implementation, or integration, phase of the Project. Public Engagement The proposed RFP is included in the City’s City Council Agenda package, subject to public review and comment prior to consideration by the City Council. CONCURRENCE The Information Technology Steering Committee has reviewed the Project and concurs with moving forward with the first phase of the SAMP, inclusive of the tasks identified in the Draft RFP. ENVIRONMENTAL REVIEW The Project consists of a plan that will be used to organize and manage asset information and data within a Computerized Maintenance Management System and would not result in any physical changes to the environment. Therefore, the Project is exempt from the California Environmental Quality Act (CEQA), pursuant to the general rule that CEQA “applies only to projects which have the potential for causing a significant effect on the environment” (CEQA Guidelines Section 15061). Page 20 of 145 Item 5c FISCAL IMPACT Budgeted: Yes Budget Year: 2021-23 Funding Identified: Yes Fiscal Analysis: The 2021-23 Financial Plan and 2022-23 Financial Plan Supplement include $195,000 for the Project (Fiscal Years 2021-22 and 2022-23)3 and $90,000 anticipated for the Project (referred to in the Financial Plan as Cityworks Integration) in 2024-25.4 The Whale Rock Fund is contributing to this Project through Whale Rock Commission action, and the City Council already appropriated the City's contribution through the Source of Supply operating budget for FY2022-23. As the proposed RFP is limited to the design phase of the Project, staff is requesting funding for this first phase only in the amount of $145,000, within the amount appropriated in the adopted budget. As shown in the table below, the request includes $45,000 from the Water Fund and $100,000 from the Sewer Fund; the reason the cost is not split equally is due to the WRRF’s SLO Water Plus project, which is adding a substantial number of new assets to the City’s inventory. The implementation phase of the Project will be contracted pursuant to separate funding request(s), RFP(s), and Consultant Agreement(s). Funding Sources Total Budget Available Current Funding Request Remaining Balance Annual Ongoing Cost Water Fund $45,000 $45,000 $0 $0 Sewer Fund $150,000 $100,000 $50,000 $0 Total $195,000 $145,000 $50,000 $0 ALTERNATIVES Deny or defer approval to advertise. The City Council may choose to deny or defer the approval to advertise this project. Staff does not recommend this alternative as the Project is needed to facilitate asset management consistency and ensure appropriate data is collected through the City’s CMMS programs. ATTACHMENT A - Request for Proposals for Strategic Asset Management Plan, Specification 1000077-08 3 Water Fund, Cityworks Integration (1000542) and Sewer Fund, Cityworks Integration (Project No. 1000077) 4 Sewer Fund, Cityworks Integration (Project No. 1000077) Page 21 of 145 Page 22 of 145   The City of San Luis Obispo is committed to including disabled persons in all of our services, programs and activities. Telecommunications Device for the Deaf (805) 781-7410.           DRAFT  Notice Requesting Proposals for Preparation of a Strategic Asset Management Plan (SAMP)  for the Public Utilities Department      The  City  of  San  Luis  Obispo  is  requesting proposals  for  the Utilities  Department  Strategic  Asset  Management Plan (SAMP).    All firms interested in receiving further correspondence regarding this Request for Proposals will be  required  to  complete  a  free  registration  using  BidSync  (https://www.bidsync.com/bidsync‐app‐ web/vendor/register/Login.xhtml).     All proposals must be received via BidSync  at or before October 6, 2022 by 5:00 PM when they will be  opened electronically in BidSync.     An optional pre‐proposal conference will be held at the following location, date, and time to answer any  questions that the prospective proposers may have regarding the City's RFP:     Council Hearing Room   990 Palm Street, San Luis Obispo  September 20, 2022 at 10:00 AM (tentative)  1‐888‐204‐5987, Code: 8618289    Project packages and additional information may be obtained at the  City's  BidSync  website  at  www.BidSync.com.  Please contact Chris Lehman, Deputy Director, Wastewater, at 805‐781‐7039 or  clehman@slocity.org with any questions.   All questions shall be submitted on or before September 23,  2022  at  5:00  PM  (tentative)  and  responses  to  questions  will  be answered publicly on BidSync by  September 29, 2022 (tentative).    For technical help with BidSync, please contact BidSync tech support at 800‐990‐9339.     Page 23 of 145      TABLE OF CONTENTS  SECTION A. INTRODUCTION .......................................................................................................................... 1  SECTION B. SCOPE OF WORK ........................................................................................................................ 4  SECTION C. PROJECT SCHEDULE ................................................................................................................... 7  SECTION D. PROJECT BUDGET ...................................................................................................................... 8  SECTION E. SUBMITTAL REQUIREMENTS ...................................................................................................... 8  SECTION F. ADDITIONAL SERVICES ............................................................................................................... 9  SECTION G. SELECTION PROCESS .................................................................................................................. 9  SECTION H.  GENERAL TERMS AND CONDITIONS ....................................................................................... 10  PROPOSAL REQUIREMENTS ....................................................................................................................... 10  CONTRACT AWARD AND EXECUTION ........................................................................................................ 11  CONTRACT PERFORMANCE ........................................................................................................................ 11  SPECIAL TERMS AND CONDITIONS ............................................................................................................ 11  SECTION I. INSURANCE REQUIREMENTS .................................................................................................... 18  SECTION J. PROPOSAL SUBMITTAL FORM ‐ SAMPLE .................................................................................. 22  EXHIBIT A : FORM OF AGREEMENT ............................................................................................................. 27     Page 24 of 145   -1-   SECTION A. INTRODUCTION  The City of San Luis Obispo (City) wishes to obtain the services of a professional firm (Consultant) to  prepare a Strategic Asset Management Plan (SAMP) for the City Utilities Department.     Project Purpose  The  Utilities  Department  includes seven  operating  sections:  Whale  Rock  Reservoir  (WRR),  Water  Treatment Plant (WTP), Water Resources (WR), Water Distribution (WD), Wastewater Collections (WWC),  Water  Resource  Recovery  Facility  (WRRF),  and  Control  Systems  (CS).    In  the  Department,  asset  management protocols have varied by program based on available software, and the variability in the  section’s operational needs.  This variance is exacerbated as new management and staff turnover occurs  in the City.  The need to have consistent protocols to track new equipment, decommissioned systems,  and  critical  operational  data  is  an  important  step  in  prolonging  the  useful  life  of  sewer  and  water  infrastructure.  The Department also lacks a standardized and current training program for existing and  new  staff  members.    There  have  been  major  changes  to  infrastructure  linked  to  recent  capital  improvement projects (CIPs) at the Water Treatment Plant (WTP) through the Ozone and Energy Efficiency  Upgrade Project, and the Water Resource Recovery Facility (WRRF) through the SLO Water Plus project  that would benefit in the development of this plan. Additional CIPs underway include new sewer lift  stations,  pipeline  replacement  projects,  and  pump  stations.    Staff  would  like  to  create  an  asset  management guide that will standardize program approach and serve as a reference for migrating and  constructing new asset records and maintenance schedules.  The design guide will assist both current and  future staff as additional changes are made.  The WTP and WRRF are  currently using an outdated  computerized maintenance management system (CMMS) software, which is Infor's MP2.  The software is  no longer supported and has limited reporting and remote access features.  The City also has an enterprise  license for Cityworks CMMS, and staff at the WTP and WRRF have considered this to be the likely  candidate to replace MP2.  WWC, WR, and WD are currently using a mature implementation of Cityworks,  WRR recently implemented Cityworks, and CS has no CMMS software.  There are benefits with CMMS  standardization but potential limitations for the two treatment plants that have mainly vertical assets that  require ongoing maintenance.      A SAMP is a CMMS design guide.  This design guide will facilitate consistency and ensure appropriate data  is  collected  through  our  CMMS  programs  by  determining  standards  for,  among  other  things,  asset  definitions, attributes, classes, hierarchy, and criticality.  This data will be help prioritize preventative  maintenance schedules, facilitate efficient workflows, and extract pertinent information in the form of  reports and system audits.  The City is interested in developing a Reliability Centered Maintenance (RCM)  program, which would rely on automated analysis to focus resources rather than relying solely on the   manufacture's maintenance recommendations as the asset degrades from wear and tear.  The RCM may  differ  from  the  intentionally  conservative  recommendations  but shall  not  conflict  with  warranty  requirements.  RCM recommendations will be developed through the SAMP.    Each participating operating section of the Utilities Department (WRR, WR WTP, WD, WWC, WRRF and  CS) will be considered unique and yet related sections of an interconnecting set of systems.  Both WTP  and WRRF have primarily vertical assets and are operating in a campus setting.  The WD and WWC systems  are primarily linear.  While some equipment, regulatory standards, certification, and other program  elements may be unique, there are many similarities.  The Water and Wastewater divisions will look for  aspects of each structural CMMS program that can be standardized while being mindful of any unique  requirements that are necessary, as well as any schedule limitations or competing priorities.     Page 25 of 145   -2-   The goals of the Project will be to:    1. Standardize asset management for the Utilities Department, including the Water Treatment  Plant (WTP), Water Resource Recovery Facility (WRRF), Water Distribution (WD), Wastewater  Collection (WWC), Whale Rock Reservoir (WRR), Water Resources (WR), and Control Systems  (CS);  2. Provide a consistent platform to inventory, manage, assess, maintain, and replace assets;  3. Enable staff to assess existing conditions of assets quickly and efficiently;  4. Optimize existing operations and maintenance procedures;  5. Optimize use of capital investment dollars;  6. Identify resource needs (e.g., equipment, materials, staffing, funding, technology);   7. Review and confirm if the current Cityworks CMMS platform will be optimal for all Water and  Wastewater Division operations; and  8. Allow for future implementation of the SAMP based on the unique characteristics of each  operating section of the Utilities Department (WRR, WR, WTP, WC, WWC, WWRF, and CS).    Background  The Utilities Department provides water and wastewater services to the City of San Luis Obispo and is  responsible for the administration, billing, customer service, operation, maintenance, design, inspection,  and construction of the City's water and wastewater related infrastructure.  It is our mission to ensure  safe and reliable essential utilities services and it is our goal to be trusted by the community to sustainably  manage our resources every day.  We are proud to provide these essential services to our community.    The City encompasses a total area of 13.2 square miles.  The City has four primary water supply sources  including  Whale  Rock  Reservoir,  Salinas  Reservoir,  Nacimiento  Reservoir,  and  recycled  water  (for  irrigation).  Whale Rock is a 38,967‐acre‐foot reservoir created by the construction of an earthen dam on  Old Creek near the town of Cayucos, approximately 20 miles nort hwest of the City of San Luis Obispo.  The  Whale Rock dam was designed and constructed by the State Department of Water Resources beginning  in October 1958 and completed in April 1961, to provide water to the City of San Luis Obispo, California  Polytechnic State University, and the California ' 'Men's Colony (these three groups make up the Whale  Rock Commission).  The Whale Rock Dam captures water from a 20.3 square mile watershed and water is  delivered to the three agencies through 17.6 miles of 30‐inch pipeline and two pumping stations.  The  Salinas Reservoir (Santa Margarita Lake) captures water from a 112 square mile watershed and can  currently store up to 23,843 Acre‐Feet.  Water from the reservoir is pumped through the Cuesta Tunnel  (a one‐mile‐long tunnel through the mountains of the Cuesta Ridge) and then flows by gravity to the '  'City's Water Treatment Plant.  The City has water rights to store up to 45,000 Acre‐Feet.  The Nacimiento  Reservoir is owned and operated by the Monterey County Water Resources Agency.  The City has a  contractual  entitlement  to  5,482 AFY  of  water  from  Nacimiento; the  water  is  delivered  via  an  approximately 45‐mile pipeline.    Water is treated at the City's Water Treatment Plant (WTP), which is a state‐of‐the‐art ozone treatment  plant designed to treat a maximum of 16 million gallons per day.  The treatment plant utilizes ozone for  primary disinfection and chlorination as secondary disinfection.     The City's potable water distribution system delivers water from the WTP to approximately 15,700  metered customers and over 2,000 fire hydrants via 190 miles of water mains, 11 storage tanks, and seven  pump stations.  Additional assets include over 14,800 water meters, 5,011 isolation valves, 1,867 fire  hydrants, 81 air vacs, and 31 pressure reducing valves.    Page 26 of 145   -3-   The  City's  Water  Resources  section  provides  management  of  the  City's  Recycled  Water  Program,  groundwater pumping program, and water conservation program.  This team is tasked with the expansion  of groundwater pumping as well as the acquisition of future water supplies that are needed to meet the  City's future needs.    The City's Water Resource Recovery Facility (WRRF) is responsible for treating all of the wastewater  (sewage) within the City, California Polytechnic State University (Cal Poly) and the San Luis Obispo County  Regional Airport, in addition to the production of Title 22 recycled water.  The facility treats on average,  3.1 million gallons of wastewater daily, twenty‐four hours a day, 365 days a year.  A comprehensive  upgrade to the WRRF (SLO Water Plus Project) is currently underway, and is anticipated to be completed  in the fourth quarter of 2023.  The SLO Water Plus Project will  convert the ' 'facility's chlorination systems  to ultraviolet (UV) disinfection, modify the bioreactors for denitrification, replace clarifiers and gravity  filters with a membrane bioreactor, and includes significant upgrades to solids digestion and handling.  A  substantial amount of new assets have been added, and existing assets have been removed from the  City's  inventory  and  Computerized  Maintenance  Management  System (CMMS) as the Project nears  completion.     The City's wastewater collection system is comprised of over 138 miles of main line, nine lift stations,  2,900 manholes, and various other assets.  The collection system has over 14,000 private sewer lateral  connections.  Three capacity constrained areas are located within the City.  Capacity constrained areas  are areas where the existing sewer system infrastructure (pipelines) cannot accommodate additional  wastewater flow due to inflow and infiltration during peak wet weather events.  The City's Wastewater  Flow Offset Program was established in 2019 to improve capacity within these areas.    The WRRF also produces recycled water, which is stored at the facility and distributed to customers within  the City.  The current recycled water distribution system consists of over 14 miles of pipeline.  The system  will continue to expand based on City build‐out and future customer demand.    As shown in the table below, the Utilities Department currently inventories and manages water and  wastewater assets via multiple software platforms.    Asset Group Software (Inventory and Management)  Water Treatment Plant  CMMS: Infor MP2  Operating/lab: Hach WIMS  SCADA: Ignition  Water Resource Recovery Facility   CMMS: Infor MP2  Operating/lab: Hach WIMS  SCADA: GE iFIX/transitioning to Ignition  Wastewater Collections System  CMMS: Cityworks  CCTV: ITPipes  SCADA: GE iFIX  Water Distribution  CMMS: Cityworks  SCADA: GE iFIX  Whale Rock  CMMS: Cityworks  Water Resources  CMMS: Cityworks  Control Systems  CMMS: None       Page 27 of 145   -4-   The City currently uses and holds enterprise licenses for Cityworks CMMS and ArcGIS for most of the City's  operating  and  maintenance  sections  (water  distribution,  wastewater  collections,  trees,  streets  maintenance, etc.).  Cityworks provides mobile work order fulfillment for these operating sections utilizing  the Verizon 4G wireless network.  Cityworks is a GIS‐centric software that references ESRI‐compatible  geodatabases residing on Microsoft SQL Server for centralized data and information management.  Asset  management integration will allow the City to see the location of assets and plan for maintenance,  replacement, and other improvements.  The asset management software is required to populate and/or  integrate with pre‐existing spatial database engine (SDE) geodatabases so the City can leverage Cityworks  for work order management.  This will provide direct integration to asset maintenance management, and  work order management processes.  The City sees benefits in standardizing on a CMMS platform for its  various operating sections, is interested in expanding the use of Cityworks, and is seeking guidance on this  strategy for its operating sections.      Information Available  The following information is available on the ' 'City's website:   Urban Water Management Plan   Potable Water Distribution System Operations Master Plan   Recycled Water Master Plan   Sewer System Management Plan Update   WRRF Facilities Plan (available by request)   Water and Wastewater Element    The following information will be provided to the selected Consultant subsequent to award, in addition  to any additional information requested by the Consultant (as applicable and available):   GIS layers   Existing asset inventory databases   As‐built plan sets for vertical and linear assets  SECTION B. SCOPE OF WORK  The  SAMP  shall  define  a  uniform  process  for  tracking/managing  equipment,  facilities,  maintenance  programs, work orders, procedures, safety elements, and the ability for predictive and reliability centered  maintenance tracking.  The scope of work will include the following tasks, as described in further detail  below:    Task 1:  Project Management and Quality Assurance  Task 2:  Staff Interviews and Site Visits  Task 3:  Information Review  Task 4:  Technical Memorandum #1 SAMP Structure  Task 5:  Technical Memorandum #2 SAMP Assets and Procedures  Task 6:  SAMP Design Guide  Task 7:  Technical Memorandum #3 Evaluate SAMP Platform/Software    Interested consultants are encouraged to develop a scope of work that addresses the ' 'City's needs and  provides value and innovation.  Optional tasks recommended by the consulting firm to enhance the work  product should also be included in the proposal and shall be clearly identified as optional items with a  separate cost line.  Fully describe any exceptions to the anticipated scope as outlined in the RFP.  Identify  information needs or work that the consultant expects to be completed by City staff.  If there are no  expectations of City staff effort listed for a task, the City will expect the task to be completed without any  City staff time.  The consulting firm selected for this project will be required to provide the necessary  Page 28 of 145   -5-   equipment, materials, and labor to complete the following services. Consultant's proposal shall clearly  state the assumptions used to develop the scope of work, schedule, and budget requirement.    The second phase of this Project will be funded and detailed separately, which will be tailored to the  specific needs and timelines of each operating section.  This second phase includes software training  programs and schedules  for staff, determination and contracting of backend software  maintenance  (internal and external), and migration and restructuring of existing CMMS software.  For example, WD,  WWC, WR, and WRR management will need to determine what changes will be made to their mature  Cityworks CMMS's.  CS will need to determine what CMMS solution or method will be used (if not  Cityworks).  WTP and WRRF will require migration and restructuring services to move and restructure  their existing CMMS databases to the new software (Cityworks or otherwise).  The SAMP should be  prepared  in  anticipation  of  this  second  phase  of  the  Project  and  take  into  consideration  that  implementation will be unique for each operating section.    Task 1.  Project Management and Quality Assurance  Project management tasks shall include submittal of a work plan and schedule, progress reporting,  scheduling, office administration, meetings, and general correspondence.  The project manager shall  ensure the Project is implemented within the approved schedule and budget, based on the approved  Scope of Work and cost estimate.  Regular contact with City staff shall be maintained to incorporate  decisions and suggestions regarding the direction of the Project.  Weekly status reports shall also be  emailed to the City.  These status reports shall be supplemented with regular telephone calls to the City  as required to discuss the status of ongoing work efforts and outstanding issues.  Invoices shall include a  detailed summary of tasks completed during the period and include any amended changes in scope  and/or fee.    The Consultant shall budget for a kick‐off meeting upon execution of the Contract.  The consultant shall  prepare meeting agendas, minutes, and support presentation materials for all meetings, and shall provide  the meeting minutes to the City within five working days following the meeting.    The Consultant shall provide the services of senior‐level staff persons with applicable experience to  conduct technical reviews of project deliverables prior to submittal to the City.  Any other formal quality  assurance programs proposed to be used by the Consultant should be included as part of the scope of  work and described in the proposal.    Task 2.  Staff Interviews and Site Visits  Early in the process, the Consultant will meet and conduct interviews to complete a needs analysis and  develop a matrix of asset types and information that each operating section will want managed within the  SAMP.  Each operating section (user group) has different needs which will be addressed in the SAMP.  The  operating sections  (user groups) participating in this evaluation include:     Engineering and Planning (CIP)   Information Technology (Control Systems)   Utilities Administration and Analysts (asset depreciation)   Wastewater Collections   Water Resource Recovery Facility   Water Treatment Plant   Water Distribution   Whale Rock Reservoir   Water Resources  Page 29 of 145   -6-   The Consultant shall also visit and receive a tour of City facilities, including the WTP, WRR, WRRF, WWC  and WD.  The Consultant shall assume that all interviews and facility tours will occur over four (4) day  period.  If the Consultant anticipates needing additional time at the facilities, make it clear in your proposal  the estimated time needed and the anticipated goals of the additional visits.    Task 3.  Information Review  The  Consultant  will  collect  information  and  visit  City  facilities  to  understand  City  processes  and  management needs.  The Consultant shall provide an information request to the City identifying any data  not previously provided; the City will respond based on availability of information.    Task 4.  Technical Memorandum #1 SAMP Structure  Based on the information review, interviews, and site visits, the Consultant will develop a system that  delineates how to structure the ' 'City's asset trees for the different facilities.  This hierarchy system shall  define the structure that will be used in the SAMP.  This information shall be compiled into Technical  Memorandum (TM) #1.  The Consultant shall provide TM #1 in Word (.doc) format for City review.  The  Consultant should assume two rounds of review by City staff prior to finalization, including two review  meetings with the City.    Deliverables:   TM #1 Draft 1 (Word, .doc format)   TM #1 Draft 2 (Word, .doc format including tracked changes and responses to City comments)   TM #1 Final Draft (Word, .doc format and Adobe, .pdf format)    Task 5.  Technical Memorandum #2 SAMP Assets and Procedures  Based on the information gathered above, the Consultant will compile the critical information for each  asset/procedure types that will be recorded/tracked in the SAMP.  This may include, but is not limited to,  naming  conventions,  current  asset  condition/status,  maintenance  schedules  and  procedures,  asset  tracking information, critical inventory, associated documentation (attached files), work hours, critical  regulatory reporting information, etc.  This information shall be developed and compiled into TM #2.  The  Consultant shall provide TM #2 in Word (.doc) format for City review.  The Consultant should assume two  rounds of review by City staff prior to finalization, including two review meetings with the City.    Deliverables:   TM #2 Draft 1 (Word, .doc format)   TM #2 Draft 2 (Word, .doc format including tracked changes and responses to City comments)   TM #2 Final Draft (Word, .doc format and Adobe, .pdf format)    Task 6.  SAMP Design Guide  Upon completion of TM #1 & 2, the Consultant will compile the information into the SAMP Design Guide  format.  The SAMP Design Guide shall provide Staff the information needed for managing all aspects of  operations as defined in TM# 1 & 2.  The SAMP Design Guide will provide an overview of the asset  hierarchy and asset specifics for input into the software asset management program.  The SAMP Design  Guide will be structured and tabbed for easy reference by Staff.  The guide shall be broken down in a  logical progression based on work tasks, procedures, safety procedures, and operations.  The document  shall also include a cover page, table of contents and executive summary providing direction on how to  utilize the SAMP Design Guide.  The Consultant shall provide the SAMP Design Guide in Word (.doc) format  for City review.  The Consultant should assume two rounds of review by City staff prior to finalization,  including two review meetings with the City.    Page 30 of 145   -7-   Deliverables:   SAMP Design Guide Draft 1 (Word, .doc format)   SAMP Design Guide Draft 2 (Word, .doc format including tracked changes and responses to City  comments)   SAMP Design Guide Final Draft (Word, .doc format and Adobe, .pdf format)    Task 7.  Technical Memorandum #3 Evaluate SAMP Platform/Software  Consultant shall evaluate and provide a recommendation regarding continued use of the City's current  program,  Cityworks.  The  City  must  be  afforded  a  side‐by‐side  comparison  of  up  to  three  software  platforms that can be tested on a small scale pilot program. The three pilot programs must identify at a  minimum: the effectiveness of tracking work orders, asset identifications, and maintenance reminders to  prolong  the  life  of  the  infrastructure.  The  Consultant  shall  identify any constraints, limitations, and  benefits related to use of Cityworks as the Department's CMMS, taking into consideration the needs of  each operating section.  The Consultant shall prepare TM #3 tha t summarizes the results of the evaluation.    Information to be considered includes, but is not limited to:   Asset management ability   Document and photo and video upload capabilities   Functionality and ease of training   Reporting functions (built‐in and custom)    Capability with other City system software  o Oracle, ArcGIS, SCADA, PowerBI, MS SQL Server   Ability to manage vertical and horizontal assets    Ongoing maintenance and needed resources to maintain and grow capabilities    Staffing and administrator needs (labor time requirement)    Initial and annual Costs    IT requirements    Mobile platform capabilities    Security and permissions capabilities   Data sharing and workflow coordination between operating sections    SECTION C. PROJECT SCHEDULE    Proposal Review and Award Schedule [ADD PRIOR TO RELEASE OF RFP]    Task Date  Issue RFP    Pre‐Proposal Meeting (Optional)    Final Questions Due    City Response to Questions    RFP Due    Complete Proposal Evaluations    Conduct Finalist Interviews and Finalize Recommendation    Execute Contract/Agreement    Project Kick‐off Meeting        Page 31 of 145   -8-   There are critical needs at the WRRF and WTP.  The City will work with the consultant to ensure that the  SAMP is complete by [DATE] such that implementation for these facilities will occur by [DATE].    SECTION D. PROJECT BUDGET  In a sealed envelope as a separate document to your RFP response, provide five copies of a Cost Proposal  listing the cost for each task.  Provide an itemized breakdown of all services to be provided and the  estimated number of hours to complete each task and sub‐task.  Provide estimated hours for your staff in  performing each phase and task of the work, including sub‐consultants, so we can clearly see who will be  doing what work, and how much time it will take.  The information shall be provided in a spreadsheet  format to enable City staff to determine the key project team 'members' involvement proposed for each  task and the number of management, technical, drafting, and support personnel hours.  The name of  team member shall be included in the column headings of the spreadsheet.    Identify all costs to be billed t o the Project, including cost per hour for each project team member and the  total cost envisioned for each task, project expenses, and sub‐consultant costs.  Include any proposed  mark‐up for sub‐consultant fees.  Include a copy of the proposed rate schedule(s) to be used for the  duration of the Project including any adjustments that are proposed to occur during the life of the Project.   Any proposed adjustments shall be factored into the total proposed project cost.    SECTION E. SUBMITTAL REQUIREMENTS  1. Letter of Interest (Five page maximum).  Please include in the submittal a letter introducing the  Consultant and expressing the Consultant' s interest in being considered for the Project.  The  letter of interest should also include all the following:  a. Provide the name of the entity, its mailing address, telephone, facsimile number.  Please  describe the organization.  b. Indicate that the Consultant has the availability and time to dedicate the personnel and  resources necessary to complete the identified Scope of Work.  c. Indicate that the Consultant has the minimum necessary professional qualifications for  successfully performing the work required by the City, including enterprise level CMMS  planning project experience for at least five water or wastewater treatment plants, and  reliability centered maintenance certification.   d. Indicate the intention of the Consultant to adhere to the provisions described in the RFP.  e. If selected, the Consultant will be expected to sign a service provider agreement or  contract with the City.  f. Please identify the contact person responsible for the submittal, specifying the name,  title, and contact information.  g. Please note that the person signing the letter of interest must be a legal representative  of the Consultant authorized to bind the Consultant to an agreement in the event of an  award.    2. Relevant Experience of Key Personnel and the Firm (Ten page maximum)  a. General Firm Information.  General firm information including the number of employees,  location of firm headquarters, branch offices, and the number of years in business may  also be provided.  b. Key  Personnel  Experience.    The  submittal  must  identify  the  key personnel  and  any  subconsultants  that  would  be  assigned  if  awarded  a  contract,  detailing  their  qualifications, areas of expertise, certifications, education, training, a summary of their  Page 32 of 145   -9-   past experience performing similar services for the City of San Luis Obispo and/or other  jurisdictions, and a resume of each key personnel and sub‐consultant.  Clearly describe  each individual's specific role in the representative Project, and proposed specific role in  the preparation of the City's Strategic Asset Management Plan.  c. Firm and Sub‐consultant Experience.  The submittal must describe the Firm's and Sub‐ consultant's pertinent project experience, including a list of performed relevant projects,  past performance, and examples of similar work for the City or other  jurisdictions.   Identified  qualifications  should include  the  Consultant's  experience  preparing  asset  management plans and design guides for local agencies.    4. Work Program and Schedule.   a. Provide a narrative of the approach and processes that will be employed to accomplish  the identified Scope of Work.  b. Provide a detailed schedule by task for completing the identified Scope of Work.    5. Client References.  Consultants must provide a minimum of three client references.  Include a  brief description of the Project, provided professional services, and reference contact name,  email, and phone number.    6. Proposal  Length  and  Copies.   Proposal  submittal  shall  not  exceed 60  pages, including  attachments  and  supplemental  materials and  excluding  the  proposed  cost  estimate.  The  preferred method for submission is electronic via BidSync.  How ever, if you wish to submit a paper  copy, please submit five copies in a sealed envelope or box to the Department of Finance, City of  San Luis Obispo, 990 Palm Street, San Luis Obispo, California, 93401.    SECTION F. ADDITIONAL SERVICES  If there are related services not otherwise identified in the City' s RFP, the Consultant may offer those to  the City.  Submittals are not required to address any additional services in order to be considered  acceptable.  However, the final selection of the successful Consultant may be based on the desirability of  the additional services offered.  SECTION G. SELECTION PROCESS  Submittals received by the deadline will be reviewed by a selection panel comprised of City staff who have  relevant knowledge and experience.  The panel will score the proposals based upon the proposal materials  submitted according to the following criteria:    1. Letter of Interest.  Availability demonstrated the capacity and qualifications necessary to provide  the consulting services specified in the RFP.  Ability to meet standard City contract and insurance  requirements.  2. Relevant Qualifications and Experience.  Background and experience of the specific individuals  managing and assigned to the Project.  Demonstrated competence and professional qualifications  necessary for successfully performing the work required by the City.  Demonstrated ability, based  on  Consultant  experience  and  specific  experience  of  key  personnel,  to  provide  professional  services identified in the RFP.  Recent team experience in successfully performing similar services.  3. Proposed Approach in Completing the Work.  Demonstrated understanding of the work required  by the City.  Creativity of the proposed approach in completing the work.  Demonstrated added  value to the City if selected to implement the Scope of Work.  Page 33 of 145   -10-   4. Responsiveness to the RFP.  Presentation, completeness, responsiveness, quality, and clarity of  information provided.  Writing ability and demonstrated quality assurance and control.  5. Cost Estimate.  The Consultant's cost competitiveness and reasonableness.  6. Client References.  A minimum of three client references shall be provided.    Contract award will not be based solely on price, but on a combination of factors as determined to be in  the best interest of the City.  After evaluating the proposals and discussing them further with the finalists  or the tentatively selected Consultant, the City reserves the right to further negotiate the proposed work  and/or method and amount of compensation.    If a firm cannot be selected based solely on the proposals submitted, up to three firms submitting the  most highly rated RFPs will be invited for interviews.  The proposed project manager must be present at  the interview; up to four others may attend at the discretion of the firm.  The final scope and contract  amount will be negotiated with the selected consultant.  In the event that negotiations are not successful,  staff reserves the right to enter into negotiations with other ranked firms.    SECTION H.  GENERAL TERMS AND CONDITIONS    PROPOSAL REQUIREMENTS    1.  Requirement to Meet All Provisions.  Each individual or firm submitting a proposal (bidder) shall  meet all the terms, and conditions of the Request for Proposals (RFP) project package.  By virtue  of  its  proposal  submittal,  the  bidder  acknowledges  agreement  with  and  acceptance  of  all  provisions of the RFP specifications.    2.  Proposal  Submittal.    Each  proposal  must  be  submitted  on  the  form(s)  provided  in  the  specifications and accompanied by any other required submittals or supplemental materials.   Proposal documents shall be submitted electronically via BidSync.  However, if you 'can't submit  electronic please send your bid copy in a sealed envelope to the Department of Finance, City of  San Luis Obispo, 990 Palm Street, San Luis Obispo, CA, 93401.  To guard against premature  opening, the proposal should be clearly labeled with the proposal title, project number, name of  bidder, and date and time of proposal opening.  No FAX submittals will be accepted.    3.  Insurance Certificate.  Each proposal must include a certificate of insurance showing:      a.  The insurance carrier and its A.M. Best rating.    b.  Scope of coverage and limits.    c.  Deductibles and self‐insured retention.    The purpose of this submittal is to generally assess the adequacy of the bidder's insurance  coverage during proposal evaluation; as discussed under paragraph 12 below, endorsements are  not required until contract award.  The City's insurance requirements are detailed in Section E.    4.  Proposal Quotes and Unit Price Extension.    The  extension  of  unit  prices  for  the  quantities  indicated and the lump sum prices quoted by the bidder must be entered in figures in the spaces  provided on the Proposal Submittal Form(s).  Any lump sum bid shall be stated in figures.  The  Proposal Submittal Form(s) must be totally completed.  If the unit price and the total amount  stated by any bidder for any item are not in agreement, the unit price alone will be considered as  Page 34 of 145   -11-   representing the bidder's intention, and the proposal total will be corrected to conform to the  specified unit price.    5.  Proposal Withdrawal and Opening.  A bidder may withdraw its proposal without prejudice prior  to the time specified for the proposal opening by submitting a written request to the Director of  Finance for its withdrawal, in which event the proposal will be returned to the bidder unopened.   No proposal received after the time specified or at any place other than that stated in the "Notice  Inviting Bids/Requesting Proposals" will be considered.  All proposals will be opened and declared  publicly.    Bidders  or  their  representatives  are  invited  to  be  present  at  the  opening  of  the  proposals.    6.  Submittal of One Proposal Only.  No individual or business entity of any kind shall be allowed to  make or file or to be interested as the primary submitter in more than one proposal, except an  alternative proposal when specifically requested; however, an individual or business entity that  has submitted a sub‐proposal to a bidder submitting a proposal, or who has quoted prices on  materials to such bidder, is not thereby disqualified from submitting a sub‐proposal or from  quoting prices to other bidders submitting proposals.    7.  Communications.  All timely requests for information submitted in writing will receive a written  response from the City.  Telephone communications with City staff are not encouraged but will  be permitted.  However, any such oral communication shall not be binding on the City.    CONTRACT AWARD AND EXECUTION    8. Proposal Retention and Award.  The City reserves the right to retain all proposals for a period of  60 days for examination and comparison.  The City also reserves  the right to waive non‐substantial  irregularities in any proposal, to reject any or all proposals, to reject or delete one part of a  proposal and accept the other, except to the extent that proposals are qualified by specific  limitations.  See the "special terms and conditions" in Section C of these specifications for proposal  evaluation and contract award criteria.    9.  Competency and Responsibility of Bidder.  The City reserves full discretion to determine the  competence and responsibility, professionally and/or financially, of bidders.  Bidders will provide,  in a timely manner, all information that the City deems necessary to make such a decision.    10.  Contract Requirement.  The bidder to whom award is made (Contractor) shall execute a written  contract with the City within ten (10) calendar days after notice of the award.  The contract shall  be made in the form adopted by the City and incorporated in these specifications.    CONTRACT PERFORMANCE    11.  The City's contract terms and conditions that Consultant will be expected to execute and be bound  by are attached hereto as Exhibit A.    SPECIAL TERMS AND CONDITIONS     1. Contract Award.  Subject to the reservations set forth in Paragraph 9 of Section B (General Terms  and Conditions) of these specifications, the contract will be awarded to the lowest responsible,  responsive proposer.  Page 35 of 145   -12-     2. Sales Tax Reimbursement.   For sales occurring within the City of San Luis Obispo, the City receives sales tax revenues.   Therefore, for bids from retail firms located in the City at the time of proposal closing for which  sales tax is allocated to the City, 1% of the taxable amount of the bid will be deducted from the  proposal by the City in calculating and determining the lowest responsible, responsive proposer.    3. Labor Actions.   In the event that the successful proposer is experiencing a labor action at the time of contract  award (or if its suppliers or subcontractors are experiencing such a labor action), the City reserves  the right to declare said proposer is no longer the lowest responsible, responsive proposer and to  accept the next acceptable low proposal from a proposer that is not experiencing a labor action,  and to declare it to be the lowest responsible, responsive proposer.    4. Failure to Accept Contract.   The following will occur if the proposer to whom the award is made (Contractor) fails to enter into  the contract: the award will be annulled; any bid security will be forfeited in accordance with the  special terms and conditions if a proposer's bond or security is required; and an award may be  made to the next lowest responsible, responsive proposer who shall fulfill every stipulation as if  it were the party to whom the first award was made.    5. Contract Term.   The supplies or services identified in this specification will be used by the City for preparation of  the Strategic Asset Management Plan (SAMP).  The prices quoted for these items must be valid  for  the  entire  period  indicated  above  unless  otherwise  conditioned  by  the  proposer  in  its  proposal.    6. Contract Extension.   The term of the contract may be extended by mutual consent for an additional one‐year, and  annually thereafter, for a total of four years.      7. Supplemental Purchases  Supplemental Purchases.  Supplemental purchases may be made from the successful proposer  during the contract term in addition to the items listed in the Detail Proposal Submittal Form.  For  these supplemental purchases, the proposer shall not offer prices to the City in excess of the  amounts offered to other similar customers for the same item.  If the proposer is willing to offer  the  City  a  standard  discount  on  all  supplemental  purchases  from  its  generally  prevailing  or  published price structure during the contract term, this offer and the amount of discount on a  percentage basis should be provided with the proposal submittal.    8. Contractor Invoices.   The Contractor may deliver either a monthly invoice to the City with attached copies of detail  invoices as supporting detail, or in one lump‐sum upon completion.    9. Non‐Exclusive Contract.  The City reserves the right to purchase the items listed in the Detail  Proposal Submittal Form, as well as any supplemental items, from other vendors during the  contract term.    10. Unrestrictive Brand Names.  Any manufacturer's names, trade names, brand names or catalog  Page 36 of 145   -13-   numbers used in the specifications are for the purpose of describing and establishing general  quality levels.  Such references are not intended to be restrictive.  Proposals will be considered  for any brand that meets or exceeds the quality of the specifications given for any item.  In the  event an alternate brand name is proposed, supplemental documentation shall be provided  demonstrating that the alternate brand name meets or exceeds the requirements specified  herein.  The burden of proof as to the suitability of any proposed alternatives is upon the  proposer, and the City shall be the sole judge in making this determination.    11. Delivery.  Prices quoted for all supplies or equipment to be provided under the terms and  conditions of this RFP package shall include delivery charges, to be delivered FOB San Luis Obispo  by the successful proposer and received by the City within 90 days after authorization to proceed  by the City.    12. Start and Completion of Work.  Work on this Project shall begin immediately after contract  execution and shall be completed within 90 calendar days thereafter, unless otherwise negotiated  with City by mutual agreement.     13. Change in Work.  The City reserves the right to change quantities of any item a fter contract award.   If the total quantity of any changed item varies by 25% or less, there shall be no change in the  agreed upon unit price for that item.  Unit pricing for any quantity changes per item in excess of  25% shall be subject to negotiation with the Contractor.     14. Submittal of References.  Each proposer shall submit a statement of qualifications and references  on the form provided in the RFP package.    15. Statement of Contract Disqualifications.  Each proposer shall submit a statement regarding any  past governmental agency bidding or contract disqualifications on the form provided in the RFP  package.          Page 37 of 145   -14-     PROPOSAL CONTENT    1. Proposal Content.  Your proposal must include the following information:      Submittal Forms    a. Proposal submittal summary.  b. Certificate of insurance.  c. References from at least three firms for whom you have provided similar services.      Qualifications    a. Experience of your firm and those of sub‐consultants in performing work and projects  relevant to the Scope of Services outlined and described in the request.  b. Resumes of the individuals who would be assigned to this Project, including any sub‐ consultants, with their corollary experience highlighted and specific roles in this Project  clearly described.  c. Standard hourly billing rates for the assigned staff, including any sub‐consultants.   d. Statement and explanation of any instances where your firm or sub‐consultant has been  removed from a project or disqualified from proposing on a project.      Work Program    a. Detailed description of your approach to completing the work.  b. Detailed schedule by task and sub‐task for completing the work.   c. Estimated hours for your staff in performing each phase and task of the work, including  sub‐consultants, so we can clearly see who will be doing what work, and how much time  it will take.  d. Detailed budget by task and sub‐task for completing the work.   e. Services or data to be provided by the City.  f. Services and deliverables provided by the Consultant(s).  g. Any other information that would assist us in making this contract award decision.  h. Description of assumptions critical to development of the response which may impact  cost or scope.     Requested Changes to Terms and Conditions    a. The City desires to begin work soon after selecting the preferred Consultant Team and  expects the Consultant to execute the ' 'City's contract and all of the terms therein, as  set forth in Exhibit A.  To expedite the contracting process, each submittal shall include  requested redlined changes to terms and conditions, if necessary.  Please be advised that  ' 'Consultant's requested changes to the ' 'City's terms and conditions will be considered  by City staff when scoring and determining the competency and responsibility of the  bidder.     Page 38 of 145   -15-   Proposal Length    a. Proposal length should only be as long as required to be responsive to the RFP, including  attachments and supplemental materials.  Qualification submittal shall not exceed 60  pages, including attachments and supplemental materials and excluding the proposed  cost estimate.    2. Proposal Evaluation and Selection.  Proposals will be evaluated by a review committee and  evaluated on the following criteria:    a. Understanding of the work required by the City.  b. Quality, clarity and responsiveness of the proposal.  c. Demonstrated  competence  and  professional  qualifications  necessary for successfully  performing the work required by the City.  d. Recent team experience in successfully performing similar services.  e. Creativity of the proposed approach in completing the work.  f. Value   g. Writing skills.  h. References.  i. Background and experience of the specific individuals managing and assigned to this  Project.    As reflected above, contract award will not be based solely on price, but on a combination of factors as  determined to be in the best interest of the City.  After evaluating the proposals and discussing them  further with the finalists or the tentatively selected contractor, the City reserves the right to further  negotiate the proposed work and/or method and amount of compensation.      3. Proposal Review and Award Schedule.  The following is an outline of the anticipated schedule for  proposal review and contract award:    a. Issue RFP       [date]  b. Pre‐Proposal Conference (optional)    [date]  c. Receive proposals      [date]  d. Complete proposal evaluations     [date]  e. Conduct finalist interviews and finalize recommendation  [date]  f. Execute contract      [date]  g. Start work       [date]    4. Pre‐Proposal Conference.  An optional pre‐proposal conference will be held at the following  location, date, and time to answer any questions that prospective bidders may have regarding  this RFP:  [Day, Date, Time]  [LOCATION]    5. Ownership of Materials.  All original drawings, plan documents and other materials prepared by  or in possession of the Contractor as part of the work or services under these specifications shall  become the permanent property of the City and shall be delivered to the City upon demand.    Page 39 of 145   -16-   6. Release of Reports and Information.  Any reports, information, data, or other material given to,  prepared by or assembled by the Contractor as part of the work or  services  under  these  specifications shall be the property of the City and shall not be made available to any individual  or organization by the Contractor without the prior written approval of the City.    7. Copies of Reports and Information.  If the City requests additional copies of reports, drawings,  specifications, or any other material in addition to what the Contractor is required to furnish in  limited quantities as part of the work or services under these specifications, the Contractor shall  provide such additional copies as are requested, and City shall compensate the Contractor for the  costs of duplicating of such copies at the Contractor's direct expense.    8. Required Deliverable Products.  The Contractor will be required to provide:    a. One electronic submission ‐ digital‐ready original .pdf of all final documents. If you wish  to file a paper copy, please submit in sealed envelope to the address provided in the RFP.    b. Corresponding computer files compatible with the following programs whenever possible  unless otherwise directed by the project manager:    Word Processing:    MS Word   Spreadsheets:      MS Excel   Desktop Publishing:    InDesign  Virtual Models:     Sketch Up  Digital Maps:      Geodatabase shape files in        State Plan Coordinate System as       specified by City GIS staff    c. City staff will review any documents or materials provided by the Contractor and, where  necessary, the Contractor will be required to respond to staff comments and make such  changes as deemed appropriate.    ALTERNATIVE PROPOSALS     9. Alternative Proposals.  The proposer may submit an alternative proposal (or proposals) that it  believes will also meet the City's project objectives but in a different way.  In this case, the  proposer must provide an analysis of the advantages and disadvantages of each of the alternative  and discuss under what circumstances the City would prefer one alternative to the other(s).    10. Attendance at Meetings and Hearings.  As part of the workscope and included in the contract  price is attendance by the Contractor at up to [number] public meetings to present and discuss  its findings and recommendations.  Contractor shall attend as many "working" meetings with staff  as necessary in performing work‐scope tasks.    11. Accuracy of Specifications.  The specifications for this Project are believed by the City to be  accurate and to contain no affirmative misrepresentation or any concealment of fact.  Bidders are  cautioned to undertake an independent analysis of any test results in the specifications, as City  does not guaranty the accuracy of its interpretation of test results contained in the specifications  package.  In preparing its proposal, the bidder and all subcontractors named in its proposal shall  bear sole responsibility for proposal preparation errors resulting from any misstatements or  Page 40 of 145   -17-   omissions in the plans and specifications that could easily have been ascertained by examining  either the project site or accurate test data in the City's possession.  Although the effect of  ambiguities or defects in the plans and specifications will be as determined by law, any patent  ambiguity or defect shall give rise to a duty of bidder to inquire prior to proposal submittal.  Failure  to so inquire shall cause any such ambiguity or defect to be construed against the bidder.  An  ambiguity or defect shall be considered patent if it is of such a nature that the bidder, assuming  reasonable skill, ability and diligence on its part, knew or should have known of the existence of  the ambiguity or defect.  Furthermore, failure of the bidder or subcontractors to notify City in  writing of specification or plan defects or ambiguities prior to proposal submittal shall waive any  right to assert said defects or ambiguities subsequent to submittal of the proposal.    To the extent that these specifications constitute performance specifications, the City shall not be  liable for costs incurred by the successful bidder to achieve the ' 'Project's objective or standard  beyond the amounts provided there for in the proposal.    In the event that, after awarding the contract, any dispute arises as a result of any actual or alleged  ambiguity  or  defect  in  the  plans  and/or  specifications,  or  any other  matter  whatsoever,  Contractor shall immediately notify the City in writing, and the Contractor and all subcontractors  shall continue to perform, irrespective of whether or not the ambiguity or defect is major,  material, minor or trivial, and irrespective of whether or not a change order, time extension, or  additional compensation has been granted by City.  Failure to provide the hereinbefore described  written notice within one (1) working day of contractor's becoming aware of the facts giving rise  to the dispute shall constitute a waiver of the right to assert the causative role of the defect or  ambiguity in the plans or specifications concerning the dispute.       Page 41 of 145   -18-   SECTION I. INSURANCE REQUIREMENTS  INSURANCE REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL SERVICES  Without limiting ' 'CONSULTANT's indemnification of CITY, and prior to commencement of Work,  CONSULTANT shall obtain, provide and maintain at its own expense during the term of this  AGREEMENT, policies of insurance of the type and amounts described below, and in a form  satisfactory to CITY.     General liability insurance.  CONSULTANT shall maintain commercial general liability insurance  with coverage at least as broad as Insurance Services Office fo rm CG 00 01, in an amount not less  than $1,000,000 per occurrence, $1,000,000 general aggregate, for bodily injury, personal injury,  and property damage.  The policy must include contractual liability that has not been amended.   Any endorsement restricting standard ISO """insured contract""" language will not be accepted.     Automobile liability insurance.  CONSULTANT shall maintain automobile insurance at least as  broad as Insurance Services Office form CA 00 01 covering bodily injury and property damage for  all activities of the Consultant arising out of or in connection with Work to be performed under  this AGREEMENT, including coverage for any owned, hired, non‐owned or rented vehicles, in an  amount not less than $1,000,000 combined single limit for each accident.     Professional liability (errors & omissions) insurance.  CONSULTANT shall maintain professional  liability insurance that covers the Services to be performed in connection with this AGREEMENT,  in the minimum amount of $1,000,000 per claim and in the aggregate.  Any policy inception date,  continuity date, or retroactive date must be before the effective date of this AGREEMENT and  CONSULTANT agrees to maintain continuous coverage through a period no less than three (3)  years after completion of the services required by this AGREEMENT.     'Workers'  compensation  insurance.   CONSULTANT  shall  maintain  'Workers'  Compensation  Insurance  (Statutory  Limits)  and  '  'Employer's  Liability  Insurance  (with  limits  of  at  least  $1,000,000).  CONSULTANT shall submit to CITY, along with the certificate of insurance, a Waiver  of Subrogation endorsement in favor of CITY, its officers, agents, employees, and volunteers.    Umbrella or excess liability insurance.  CONSULTANT shall obtain and maintain an umbrella or  excess liability insurance policy with limits that will provide bodily injury, personal injury and  property damage liability coverage at least as broad as the primary coverages set forth above,  including commercial general liability, automobile liability, and ' 'employer's liability.  Such policy  or policies shall include the following terms and conditions:   A drop‐down feature requiring the policy to respond if any primary insurance that would  otherwise have applied proves to be uncollectible in whole or in part for any reason;    Pay on behalf of wording as opposed to reimbursement;     Concurrency of effective dates with primary policies;    Policies shall """follow form""" to the underlying primary policies; and   Insureds under primary policies shall also be insureds under the umbrella or excess  policies.  Page 42 of 145   -19-   Proof of insurance.  CONSULTANT shall provide certificates of insurance to CITY as evidence of  the insurance coverage required herein, along with a waiver of subrogation endorsement for  'workers' compensation.  Insurance certificates and endorsements must be approved by the  'CITY's Risk Manager prior to commencement of performance.  Current certification of insurance  shall be kept on file with CITY at all times during the term of this contract.  CITY reserves the right  to require complete, certified copies of all required insurance policies, at any time.     Duration of coverage.  CONSULTANT shall procure and maintain for the duration of the contract  insurance against claims for injuries to persons or damages to property, which may arise from or  in connection with the performance of the Work hereunder by CONSULTANT,  his  agents,  representatives, employees or subconsultants.      Primary/noncontributing.  Coverage provided by CONSULTANT shall be primary and any  insurance or self‐insurance procured or maintained by CITY shall not be required to contribute  with it.  The limits of insurance required herein may be satisf ied by a combination of primary and  umbrella or excess insurance.  Any umbrella or excess insurance shall contain or be endorsed to  contain a provision that such coverage shall also apply on a primary and non‐contributory basis  for the benefit of CITY before the ' 'CITY's own insurance or self‐insurance shall be called upon to  protect it as a named insured.    '  'CITY's  rights  of  enforcement.   In  the  event  any  policy  of  insurance  required  under  this  AGREEMENT does not comply with these specifications or is canceled and not replaced, CITY has  the right but not the duty to obtain the insurance it deems necessary, and any premium paid by  CITY will be promptly reimbursed by CONSULTANT or CITY will withhold amounts sufficient to  pay premium from CONSULTANT payments.  In the alternative, CITY may cancel this AGREEMENT.    Acceptable insurers.  All insurance policies shall be issued by an insurance company currently  authorized by the Insurance Commissioner to transact business of insurance or is on the List of  Approved Surplus Line Insurers in the State of California, with an assigned 'policyholders' Rating  of A‐ (or higher) and Financial Size Category Class VII (or larger) in accordance with the latest  edition of ' 'Best's Key Rating Guide, unless otherwise approved by the ' 'CITY's Risk Manager.    Waiver  of  subrogation.   All  insurance  coverage  maintained  or  procured  pursuant  to  this  AGREEMENT shall be endorsed to waive subrogation against CITY, its elected or appointed  officers, agents, officials, employees and volunteers or shall specifically allow CONSULTANT or  others providing insurance evidence in compliance with these specifications to waive their right  of recovery prior to a loss.  CONSULTANT hereby waives its own right of recovery against CITY  and  shall  require  similar  written  express  waivers  and  insurance clauses from each of its  subconsultants.    Enforcement of contract provisions (non estoppel).  CONSULTANT acknowledges and agrees  that any actual or alleged failure on the part of the CITY to inform  CONSULTANT  of  non‐ compliance with any requirement imposes no additional obligations on the CITY nor does it waive  any rights hereunder.    Page 43 of 145   -20-   Requirements not limiting.  Requirements of specific coverage features or limits contained in  this section are not intended as a limitation on coverage, limi ts or other requirements, or a waiver  of any coverage normally provided by any insurance.  Specific reference to a given coverage  feature is for purposes of clarification only as it pertains to a given issue and is not intended by  any party or insured to be all inclusive, or to the exclusion of other coverage, or a waiver of any  type.  If the CONSULTANT maintains higher limits than the minimums shown above, the CITY  requires and shall be entitled to coverage for the higher limits maintained by the CONSULTANT.   Any available insurance proceeds in excess of the specified minimum limits of insurance and  coverage shall be available to the CITY.    Notice of cancellation.  CONSULTANT agrees to oblige its insurance agent or broker and insurers  to provide to CITY with a thirty (30) day notice of cancellation (except for nonpayment for which  a ten (10) day notice is required) or nonrenewal of coverage for each required coverage.    Additional insured status.  General liability policies shall provide or be endorsed to provide that  CITY and its officers, officials, employees, and agents, and volunteers shall be additional insureds  under such policies.  This provision shall also apply to any excess/umbrella liability policies.    Prohibition of undisclosed coverage limitations.  None of the coverages required herein will be  in compliance with these requirements if they include any limiting endorsement of any kind that  has not been first submitted to CITY and approved of in writing.    Separation of insureds.  A severability of interests provision must apply for all additional insureds  ensuring that ' 'CONSULTANT's insurance shall apply separately to each insured against whom  claim is made or suit is brought, except with respect to the ' 'insurer's limits of liability.  The  policy(ies) shall not contain any cross‐liability exclusions.    Pass through clause.  CONSULTANT agrees to ensure that its subconsultants, subcontractors, and  any other party involved with the Project who is brought onto or involved in the Project by  CONSULTANT, provide the same minimum insurance coverage and endorsements required of  CONSULTANT.  CONSULTANT agrees to monitor and review all such coverage and assumes all  responsibility for ensuring that such coverage is provided in conformity with the requirements of  this section.  CONSULTANT agrees  that  upon  request,  all  agreements  with  consultants,  subcontractors, and others engaged in the Project will be submitted to CITY for review.    CITY's right to revise specifications.  The CITY reserves the right at any time during the term of  the contract to change the amounts and types of insurance required by giving the CONSULTANT  ninety (90) days advance written notice of such change.  If such change results in substantial  additional  cost  to  the  CONSULTANT,  the  CITY  and  CONSULTANT  may renegotiate  '  'CONSULTANT's compensation.    Self‐insured retentions.  Any self‐insured retentions must be declared to and approved by CITY.   CITY reserves the right to require that self‐insured retentions be eliminated, lowered, or replaced  by a deductible.  Self‐insurance will not be considered to comply with these specifications unless  approved by CITY.   Page 44 of 145   -21-     Timely notice of claims.  CONSULTANT shall give CITY prompt and timely notice of claims made  or suits instituted that arise out of or result from ' 'CONSULTANT's performance under this  AGREEMENT, and that involve or may involve coverage under any of the required liability policies.    Additional insurance.  CONSULTANT shall also procure and maintain, at its own cost an d expense,  any additional kinds of insurance, which in its own judgment may be necessary for its proper  protection and prosecution of the work.         Page 45 of 145   -22-   SECTION J. PROPOSAL SUBMITTAL FORM ‐ SAMPLE    The undersigned declares that she or he has carefully examined Project No.  [xxxx], which is hereby made  a part of this proposal; is thoroughly familiar with its contents; is authorized to represent the proposing  firm; and agrees to perform the specified work for the following cost quoted in full:     Basic Proposal Alternate Proposal    Phase A  Phase B  Phase A  Phase B  Task       Task       Task       Task       Task       TOTAL BASE PRICE       Sales tax @ 8.75% (add as applicable)      Other (attach supporting detail)       TOTAL  $ $ $ $      Calendar days required to complete  work             Certificate of insurance attached; insurance company’s A.M. Best rating: __________________.        Firm Name and Address           Contact   Phone    Signature of Authorized Representative   Date         Page 46 of 145   -23-  REFERENCES    Number of years engaged in providing the services included within the scope of the specifications under the  present business name:                                         .     Describe fully the last three contracts performed by your firm that demonstrate your ability to provide the  services included with the scope of the specifications.  Attach additional pages if required.  The City reserves  the  right  to  contact  each  of  the  references  listed  for  additional information regarding your firm's  qualifications.    Reference No. 1:  Private Company or Agency Name    Contact Name     Telephone & Email    Street Address    City, State, Zip Code    Description  of  services  provided  including contract amount, when  provided and project outcome              Reference No. 2:  Private Company or Agency Name    Contact Name     Telephone & Email    Street Address    City, State, Zip Code    Description  of  services  provided  including contract amount, when  provided and project outcome                    Page 47 of 145   -24-    Reference No. 3  Private Company or Agency Name    Contact Name    Telephone & Email    Street Address    City, State, Zip Code    Description  of  services  provided  including contract amount, when  provided and project outcome            Page 48 of 145   -25-  STATEMENT OF PAST CONTRACT DISQUALIFICATIONS    The proposer shall state whether it or any of its officers or employees who have a proprietary interest in it,  has ever been disqualified, removed, or otherwise prevented from bidding on, or completing a federal, state,  or local government project because of the violation of law, a safety regulation, or for any other reason,  including but not limited to financial difficulties, project delays, or disputes regarding work or product  quality, and if so to explain the circumstances.     Do you have any disqualification as described in the above paragraph to declare?    Yes   No       If yes, explain the circumstances.                                  Executed on                                            at _______________________________________ under penalty of  perjury of the laws of the State of California, that the foregoing is true and correct.          ______________________________________      Signature of Authorized Proposer Representative     Page 49 of 145   -26-       Page 50 of 145   -27-  EXHIBIT A : FORM OF AGREEMENT    CITY OF SAN LUIS OBISPO   AGREEMENT FOR PURCHASES OF GOODS AND SERVICES      This  Agreement  is  made  and  entered  into  in  the  City  of  San  Luis  Obispo  on  _____________[day,  date,  year]  by and  between  the  City  of  San  Luis  Obispo,  a  municipal  corporation, hereinafter referred to as City, and [Contractor's Name], hereinafter referred to as  Contractor.      W I T N E S S E T H:        WHEREAS, on [date], City requested proposals for [______________], per Project No. [xxxx]  (the "Project"); and      WHEREAS, pursuant to said request, Contractor submitted a proposal that was accepted by  City for the Project;      WHEREAS,  [include  recitals  as  appropriate  to  describe  need  for  purchase  or  relevant  context.  If purchase was not procured via an RFP/RFP/RFB, staf f should revise the first two recitals  to accurately reflect the procurement method].      NOW THEREFORE, in consideration of their mutual promises, obligations and covenants  hereinafter contained, the parties hereto agree as follows:    1. TERM.  The term of this Agreement shall be from the date this Agreement is made and  entered, as first written above, until acceptance or completion of said Project.  2. INCORPORATION BY REFERENCE.  [Title of City's RFP/RFP/IFB] and Contractor's proposal  dated [date] is hereby incorporated in and made a part of this Agreement and attached as  Exhibit A.  The City's terms and conditions are hereby incorporated in an made a part of this  Agreement as Exhibit B.  The City's insurance requirements are hereby incorporated in and  made part of this Agreement, attached as Exhibit C.  To the extent that there are any conflicts  between the Contractor's fees and scope of work and the City's terms and conditions, the  City's terms and conditions shall prevail, unless specifically agreed otherwise in writing  signed by both parties.  3. CITY'S OBLIGATIONS.  For providing the services as specified in this Agreement, City will  pay, and Contractor shall receive therefore compensation [xxxxxxx].    Page 51 of 145   -28-  4. CONTRACTOR/CONSULTANT'S OBLIGATIONS.  For and in consideration of the payments  and agreements hereinbefore mentioned to be made and performed by City, Contractor  agrees with City to do everything required by this Agreement and the said specifications.  5. AMENDMENTS.  Any amendment, modification or variation from the terms of this  Agreement shall be in writing and shall be effective only upon approval by the City Manager.  6. COMPLETE  AGREEMENT.    This  written  Agreement,  including  all  writings  specifically  incorporated herein by reference, shall constitute the complete agreement between the  parties hereto.  No oral agreement, understanding or representation not reduced to writing  and specifically incorporated herein shall be of any force or effect, nor shall any such oral  agreement, understanding or representation be binding upon the parties hereto.  7. NOTICE.  All written notices to the parties hereto shall be sent by United States mail,  postage prepaid by registered or certified mail addressed as follows:      City    Name        Dept.        Address      Consultant   Name        Title        Address         Address     8. AUTHORITY  TO  EXECUTE  AGREEMENT.    Both  City  and  Contractor  do  covenant  that  everyone executing this agreement on behalf of each party is a person duly authorized and  empowered to execute Agreements for such party.       IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this instrument to be executed the  day and year first above written.    CITY OF SAN LUIS OBISPO:       By:_____________________________________  City Manager      APPROVED AS TO FORM:      CONSULTANT:      Page 52 of 145   -29-  ________________________________    By:  _____________________________________  City Attorney      Name of CAO / President         Its: CAO / President     Page 53 of 145   -30-  GENERAL TERMS AND CONDITIONS    1. Business License & Tax.  The Contractor must have a valid City of San Luis Obispo  business license & tax certificate before execution of the contract.  Additional  information regarding the ' 'City's business tax program may be obtained by calling  (805) 781‐7134.    2. Ability to Perform.  The Contractor warrants that it possesses, or has arranged through  subcontracts, all capital and other equipment, labor, materials, and licenses necessary to  carry out and complete the work hereunder in compliance with all federal, state, county,  City, and special district laws, ordinances, and regulations.    3. Laws to be Observed.  The Contractor shall keep itself fully informed of and shall  observe and comply with all applicable state and federal laws and county and City of  San Luis Obispo ordinances, regulations and adopted codes during its performance of  the work.    4. Payment of Taxes.  The contract prices shall include full compensation for all taxes that  the Contractor is required to pay.    5. Permits and Licenses.  The Contractor shall procure all permits and licenses, pay all  charges and fees, and give all notices necessary.    6. Safety Provisions.  The Contractor shall conform to the rules and regulations pertaining  to safety established by OSHA and the California Division of Industrial Safety.    7. Public and Employee Safety.  Whenever the ' 'Contractor's operations create a  condition hazardous to the public or City employees, it shall, at its expense and without  cost to the City, furnish, erect and maintain such fences, temporary railings, barricades,  lights, signs and other devices and take such other protective measures as are necessary  to prevent accidents or damage or injury to the public and employees.    8. Preservation of City Property.  The Contractor shall provide and install suitable  safeguards, approved by the City, to protect City property from injury or damage.  If City  property is injured or damaged resulting from the ' 'Contractor's operations, it shall be  replaced or restored at the ' 'Contractor's expense.  The facilities shall be replaced or  restored to a condition as good as when the Contractor began work.    9. Immigration Act of 1986.  The Contractor warrants on behalf of itself and all  subcontractors engaged for the performance of this work that only persons authorized  to work in the United State pursuant to the Immigration Reform and Control Act of 1986  and other applicable laws shall be employed in the performance of the work hereunder.    10. Non‐Discrimination.  In the performance of this work, the Contractor agrees that it will  not engage in, nor permit such subcontractors as it may employ, to engage in  Page 54 of 145   -31-  discrimination in employment of persons because of age, race, color, sex, national  origin or ancestry, sexual orientation, or religion of such persons.    11. Work Delays.  Should the Contractor be obstructed or delayed in the work required to be  done hereunder by changes in the work or by any default, act, or omission of the City, or  by strikes, fire, earthquake, or any other Act of God, or by the inability to obtain  materials, equipment, or labor due to federal government restrictions arising out of  defense or war programs, then the time of completion may, at the ' 'City's sole option, be  extended for such periods as may be agreed upon by the City and the Contractor.  In the  event that there is insufficient time to grant such extensions prior to the completion date  of the contract, the City may, at the time of acceptance of the work, waive liquidated  damages that may have accrued for failure to complete on time, due to any of the above,  after hearing evidence as to the reasons for such delay, and making a finding as to the  causes of same.    12. Payment Terms.  The ' 'City's payment terms are 30 days from the receipt of an original  invoice and acceptance by the City of the materials, supplies, equipment, or services  provided by the Contractor (Net 30).    13. Inspection.  The Contractor shall furnish City with every reasonable opportunity for City  to ascertain that the services of the Contractor are being performed in accordance with  the requirements and intentions of this contract.  All work done, and all materials  furnished, if any, shall be subject to the ' 'City's inspection and approval.  The inspection  of such work shall not relieve Contractor of any of its obligations to fulfill its contract  requirements.    14. Audit.  The City shall have the option of inspecting and/or auditing all records and other  written materials used by Contractor in preparing its invoices to City as a condition  precedent to any payment to Contractor.    15. Interests of Contractor.  The Contractor covenants that it presently has no interest, and  shall not acquire any interest—direct, indirect or otherwise—that would conflict in any  manner or degree with the performance of the work hereunder.  The Contractor further  covenants that, in the performance of this work, no subcontractor or person having such  an interest shall be employed.  The Contractor certifies that no one who has or will have  any financial interest in performing this work is an officer or employee of the City.  It is  hereby expressly agreed that, in the performance of the work hereunder, the Contractor  shall at all times be deemed an independent contractor and not an agent or employee of  the City.    16. Hold Harmless and Indemnification    (a) Non‐design, non‐construction Professional Services: To the fullest extent  permitted by law (including, but not limited to California Civil Code Sections 2782  Page 55 of 145   -32-  and 2782.8), Consultant shall indemnify, defend, and hold harmless the City, and  its elected officials, officers, employees, volunteers, and agents (City  Indemnitees), from and against any and all causes of action, claims, liabilities,  obligations, judgments, or damages, including reasonable legal 'counsels' fees  and costs of litigation (claims), arising out of the Consultant's performance or  Consultant's failure to perform its obligations under this Agreement or out of the  operations conducted by Consultant, including the City's active or passive  negligence, except for such loss or damage arising from the sole negligence or  willful misconduct of the City.  In the event the City Indemnitees are made a  party to any action, lawsuit, or other adversarial proceeding arising from  Consultant's performance of this Agreement, the Consultant shall provide a  defense to the City Indemnitees or at the City's option, reimburse the City  Indemnitees their costs of defense, including reasonable legal fees, incurred in  defense of such claims.    (b) Non‐design, construction Professional Services: To the extent the Scope  of Services involve a construction contract as that phrase is used in Civil  Code Section 2783, this paragraph shall apply in place of paragraph A.  To  the fullest extent permitted by law (including, but not limited to California  Civil Code Sections 2782 and 2782.8), Consultant shall indemnify, defend,  and hold harmless the City, and its elected officials, officers, employees,  volunteers, and agents (City Indemnitees), from and against any and all  causes of action, claims, liabilities, obligations, judgments, or damages,  including reasonable legal 'counsels' fees and costs of litigation (claims),  arising out of the Consultant's performance or Consultant's failure to  perform its obligations under this Agreement or out of the operations  conducted by Consultant, except for such loss or damage arising from the  active negligence, sole negligence or willful misconduct of the City.  In the  event the City Indemnitees are made a party to any action, lawsuit, or  other adversarial proceeding arising from Consultant's performance of this  Agreement, the Consultant shall provide a defense to the City Indemnitees  or at the City's option, reimburse the City Indemnitees their costs of  defense, including reasonable legal fees, incurred in defense of such  claims.    (c) Design Professional Services: In the event Consultant is a design  professional, and the Scope of Services require Consultant to provide  design professional services as those phrases are used in Civil Code  Section 2782.8, this paragraph shall apply in place of paragraphs A or B.   To the fullest extent permitted by law (including, but not limited to  California Civil Code Sections 2782 and 2782.8) Consultant shall  indemnify, defend and hold harmless the City and its elected officials,  officers, employees, volunteers and agents (City Indemnitees), from and  against all claims, damages, injuries, losses, and expenses including costs,  attorney fees, expert consultant and expert witness fees arising out of,  Page 56 of 145   -33-  pertaining to or relating to, the negligence, recklessness or willful  misconduct of Consultant, except to the extent caused by the sole  negligence, active negligence or willful misconduct of the City.   Negligence, recklessness or willful misconduct of any subcontractor  employed by Consultant shall be conclusively deemed to be the  negligence, recklessness or willful misconduct of Consultant unless  adequately corrected by Consultant.  In the event the City Indemnitees  are made a party to any action, lawsuit, or other adversarial proceeding  arising from Consultant's performance of this Agreement, the Consultant  shall provide a defense to the City Indemnitees or at the City's option,  reimburse the City Indemnitees their costs of defense, including  reasonable legal fees, incurred in defense of such claims.  In no event shall  the cost to defend charged to Consultant under this paragraph exceed '  'Consultant's proportionate percentage of fault.  However,  notwithstanding the previous sentence, in the event one or more  defendants is unable to pay its share of defense costs due to bankruptcy  or dissolution of the business, Consultant shall meet and confer with  other parties regarding unpaid defense costs.    (d) The review, acceptance or approval of the Consultant's work or work  product by any indemnified party shall not affect, relieve or reduce the  Consultant's indemnification or defense obligations.  This section survives  completion of the services or the termination of this contract.  The  provisions of this section are not limited by and do not affect the  provisions of this contract relating to insurance.    17. Contract Assignment.  The Contractor shall not assign, transfer, convey or otherwise  dispose of the contract, or its right, title or interest, or its power to execute such a  contract to any individual or business entity of any kind without the previous written  consent of the City.    18. Termination for Convenience.  The City may terminate all or part of this Agreement for  any or no reason at any time by giving 30 days written notice to Contractor.  Should the  City terminate this Agreement for convenience, the City shall be liable as follows: (a) for  standard or off‐the‐shelf products, a reasonable restocking charge not to exceed ten (10)  percent of the total purchase price; (b) for custom products, the less of a reasonable  price for the raw materials, components work in progress and any finished units on hand  or the price per unit reflected on this Agreement.  For termination of any services  pursuant to this Agreement, the ' 'City's liability will be the lesser of a reasonable price  for the services rendered prior to termination, or the price for the services reflected on  this Agreement.  Upon termination notice from the City, Contractor must, unless  otherwise directed, cease work and follow the ' 'City's directions as to work in progress  and finished goods.      Page 57 of 145   -34-  19. Termination.  If, during the term of the contract, the City determines that the Contractor  is not faithfully abiding by any term or condition contained herein, the City may notify  the Contractor in writing of such defect or failure to perform.  This notice must give the  Contractor a 10 (ten) calendar day notice of time thereafter in which to perform said  work or cure the deficiency.    If the Contractor has not performed the work or cured the deficiency within the ten days  specified in the notice, such shall constitute a breach of the contract and the City may  terminate the contract immediately by written notice to the Contractor to said effect.   Thereafter, neither party shall have any further duties, obligations, responsibilities, or  rights under the contract except, however, any and all obligations of the Contractor's  surety shall remain in full force and effect, and shall not be extinguished, reduced, or in  any manner waived by the terminations thereof.    In said event, the Contractor shall be entitled to the reasonable value of its services  performed from the beginning date in which the breach occurs up to the day it received  the City's Notice of Termination, minus any offset from such payment representing the '  'City's damages from such breach. "Reasonable value" includes fees or charges for goods  or services as of the last milestone or task satisfactorily delivered or completed by the  Contractor as may be set forth in the Agreement payment schedule; compensation for  any other work, services or goods performed or provided by the Contractor shall be based  solely on the City's assessment of the value of the work‐in‐progress in completing the  overall work scope.    The City reserves the right to delay any such payment until completion or confirmed  abandonment of the Project, as may be determined in the City's sole discretion, so as to  permit a full and complete accounting of costs.  In no event, however, shall the Contractor  be entitled to receive in excess of the compensation quoted in its proposal.    Page 58 of 145