Loading...
HomeMy WebLinkAbout12-15-2015 Item 8, SLO Transit RFP  slotransit.org    REQUEST FOR PROPOSALS (RFP)    Operation and Maintenance of Fixed Route,   Public Transit Services    SPECIFICATION:     91433     SLO TRANSIT, City of San Luis Obispo   San Luis Obispo, California        RFP RELEASE DATE December 16, 2015  PROPOSALS DUE March 9, 2016  PROJECTED AWARD DATE May 3, 2016   SERVICE START‐UP DATE July 1, 2016      ISSUING OFFICE:    City of San Luis Obispo  Public Works Department  919 Palm Street  San Luis Obispo, CA 93401            Table of Contents  SLO TRANSIT, City of San Luis Obispo    TABLE OF CONTENTS ...................................................................................................................................... 3  PART ONE: REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) ................................................................................................... 8  PART TWO: OPERATIONS AND MAINTENANCE AGREEMENT ........................................................................... 6  PART THREE: SCOPE OF WORK ...................................................................................................................... 34  PART FOUR: APPENDICES ............................................................................................................................. 56         TABLE OF CONTENTS  TABLE OF CONTENTS ............................................................................................................................................................... 2  PART ONE: REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) ............................................................................................................................ 8  GENERAL INFORMATION ................................................................................................................................................. 9  A. Introduction .................................................................................................................................................................... 9  B. Service Description ......................................................................................................................................................... 9  C. Fleet ................................................................................................................................................................................ 9  D. Administration and Funding ............................................................................................................................................ 9  E. Pending Issues ............................................................................................................................................................... 10  F. Areas of Emphasis ......................................................................................................................................................... 10  SELECTION PROCESS ....................................................................................................................................................... 10  A. Tentative Schedule ........................................................................................................................................................ 10  B. RFP Package .................................................................................................................................................................. 11  C. Pre‐Proposal Conference and Site Visits ....................................................................................................................... 11  D. Submission of Questions ............................................................................................................................................... 11  E. Protests ......................................................................................................................................................................... 11  F. Proposal Submittal Deadline ......................................................................................................................................... 12  G. Evaluation of Proposals ................................................................................................................................................. 12  H. Interview ....................................................................................................................................................................... 16  I. Selection ....................................................................................................................................................................... 16  CONDITIONS AND INSTRUCTIONS FOR SUBMITTAL OF PROPOSALS ................................................................................. 16  A. Adherence to Proposal Form ........................................................................................................................................ 16  B. Required Submittal Information ..................................................................................................................................... 16  C. Use of Subcontractor .................................................................................................................................................... 17  D. Representations ............................................................................................................................................................ 17  E. Pre‐Contractual Expenses ............................................................................................................................................. 17  F. Effective Period of Proposal ............................................................................................................................................ 18  G. Withdrawal of Proposal ................................................................................................................................................ 18  H. RFP Addendum .............................................................................................................................................................. 18  I. Verbal Agreement or Conversation ............................................................................................................................... 18  J. Special Funding Considerations .................................................................................................................................... 18  K. Exceptions and Alternatives .......................................................................................................................................... 18  L. Performance Bond/Security .......................................................................................................................................... 18  M. Non‐Exclusivity of Contract ........................................................................................................................................... 18  N. Non‐Collusion Affidavit ................................................................................................................................................. 18  O. Conflict of Interest ........................................................................................................................................................ 19  P. Authorized Amendment ............................................................................................................................................... 19  Q. Applicable Law .............................................................................................................................................................. 19  R. Lobbying ........................................................................................................................................................................ 19  S. Facility Visits .................................................................................................................................................................. 19  T. Federal Proposal and Contract Certifications ................................................................................................................ 19  U. Worker’s Compensation Insurance Certification .......................................................................................................... 20  V. Summary of Insurance & Indemnity Requirements ....................................................................................................... 20  INSTRUCTIONS  FOR COMPLETION OF SF‐LLL, DISCLOSURE OF LOBBYING ............................................................................... 0  ACTIVITIES ............................................................................................................................................................................... 0  PART TWO: OPERATIONS AND MAINTENANCE AGREEMENT (DRAFT) ...................................................................................... 6  1. Purpose of Agreement ......................................................................................................................................... 9  Term of Agreement ......................................................................................................................................................... 9  Scope of Work ................................................................................................................................................................ 10  Maximum Obligation ...................................................................................................................................................... 10  Price Formula ................................................................................................................................................................. 10  Extra Services ................................................................................................................................................................. 11  General and Vehicles Insurance ...................................................................................................................................... 11  Worker’s Compensation ................................................................................................................................................. 14  Indemnification .............................................................................................................................................................. 14  Performance Bond ......................................................................................................................................................... 15  Invoices .......................................................................................................................................................................... 15  Payment......................................................................................................................................................................... 16  Operating Revenues ....................................................................................................................................................... 16  Control 16  Contract Assignment ...................................................................................................................................................... 16  Dispute Resolution ......................................................................................................................................................... 16  Resolution of Federal Procurement Issues ...................................................................................................................... 17  Stop Work ...................................................................................................................................................................... 17  Termination for Default .................................................................................................................................................. 17  Termination for Convenience ......................................................................................................................................... 18  Remedies on Breach (Waiver of Remedies) ..................................................................................................................... 19  Rights Upon Termination Or Expiration And Waiver Of Claims ........................................................................................ 19  Changes ......................................................................................................................................................................... 19  Modification of Agreement ............................................................................................................................................ 20  Notices 20  Proprietary Rights .......................................................................................................................................................... 20  Force Majeure ................................................................................................................................................................ 20  Information and Documents ........................................................................................................................................... 21  Emergency Procedures ................................................................................................................................................... 21  Access to Records and Reports (Audit and Inspection) .................................................................................................... 21  Transfer of Title to Equipment ........................................................................................................................................ 21  Transportation Data Reporting ....................................................................................................................................... 22  Permits and Licenses ...................................................................................................................................................... 22  Non‐Discrimination in Employment and Service .............................................................................................................. 22  Labor Provisions ............................................................................................................................................................. 23  Transit Employee Protective Agreements ....................................................................................................................... 24  Access Requirements for Persons with Disabilities .......................................................................................................... 24  Civil Rights ..................................................................................................................................................................... 25  Disadvantaged Business Enterprise ................................................................................................................................. 26  Drug and Alcohol Testing ................................................................................................................................................ 26  Charter Service Operations ............................................................................................................................................. 26  School Bus Operations .................................................................................................................................................... 27  Miscellaneous Provisions ................................................................................................................................................ 27  Lobbying ........................................................................................................................................................................ 29  Compliance with Federal, State, and Local Laws .............................................................................................................. 30  Program Fraud and False or Fraudulent Statements Or Related Acts ............................................................................... 30  Incorporation of Federal Transit Administration (FTA) Terms .......................................................................................... 31  Privacy Act ..................................................................................................................................................................... 31  Independent Contractor ................................................................................................................................................. 31  Transition to Future Operator ......................................................................................................................................... 32  Severability .................................................................................................................................................................... 32  Precedence of Contract Documents ................................................................................................................................ 32  Additional Terms ............................................................................................................................................................ 32  PART THREE: SCOPE OF WORK ............................................................................................................................................... 34  1. GENERAL INFORMATION .................................................................................................................................... 36  ROLE OF THE CITY ........................................................................................................................................................... 36  A. Contract Administration ............................................................................................................................................... 36  B. Policies & Procedures ................................................................................................................................................... 36  C. Point of Contact ............................................................................................................................................................ 36  D. Routes & Schedules ...................................................................................................................................................... 36  E. Funding Management ................................................................................................................................................... 37  F. Vehicles, Equipment & Facilities ................................................................................................................................... 37  G. Marketing, Advertising & Public Communications ....................................................................................................... 38  H. Schedules, Passes, Tickets, Transfers and Service Brochures ........................................................................................ 38  I. Monitoring and Auditing ............................................................................................................................................... 38  J. Purchase of Fuel ............................................................................................................................................................ 38  K. Compensation ............................................................................................................................................................... 39  L. Federal Clauses ............................................................................................................................................................. 39  ROLE OF THE CONTRACTOR ............................................................................................................................................ 40  A. Policies & Procedures ................................................................................................................................................... 40  B. Operations: Routes & Schedules ................................................................................................................................... 40  C. Funding Management ................................................................................................................................................... 40  D. Maintenance & Cleaning:  Vehicles, Equipment, Facilities and Street Furnishings ...................................................... 41  E. Facility Maintenance Program ...................................................................................................................................... 42  F. Marketing ...................................................................................................................................................................... 43  G. Point(s) of Contact ........................................................................................................................................................ 43  H. Staffing .......................................................................................................................................................................... 43  I. Failing to Employ Required Management ‐ Penalty ..................................................................................................... 45  J. Other Positions ............................................................................................................................................................. 45  K. Union Relations ............................................................................................................................................................. 47  L. Drug Testing .................................................................................................................................................................. 47  M. Customer Service .......................................................................................................................................................... 48  N. Training ......................................................................................................................................................................... 48  O. Training Equipment ....................................................................................................................................................... 48  P. Uniforms ....................................................................................................................................................................... 48  Q. Time Keeping ................................................................................................................................................................ 49  R. System Safety ................................................................................................................................................................ 49  S. Insurance ....................................................................................................................................................................... 49  T. Preventive Maintenance and Inspection ...................................................................................................................... 49  U. Vehicle Repair ............................................................................................................................................................... 50  V. Overhaul and Replacement (Major Components) ........................................................................................................ 50  W. Maintenance Records .................................................................................................................................................... 51  X. Parts Inventory .............................................................................................................................................................. 51  Y. Farebox Revenue Collection and Accounting ............................................................................................................... 51  Z. Operational Contingencies............................................................................................................................................ 52  AA. Declared Emergencies................................................................................................................................................... 52  BB. Disadvantaged Business Enterprises Goal .................................................................................................................... 52  CC. Reporting ...................................................................................................................................................................... 52  DD. Financial Records .......................................................................................................................................................... 52  EE. Operating Reports ......................................................................................................................................................... 53  FF. Accident and Incident Reporting ................................................................................................................................... 53  GG. Compensation ............................................................................................................................................................... 54  HH. Surveys .......................................................................................................................................................................... 54  II. Penalties & Incentives (Liquidated Damages) ............................................................................................................... 54  JJ. Environmentally Friendly / Recycling Program ............................................................................................................. 55  PART FOUR: APPENDICES ...................................................................................................................................................... 56  Appendix A: Route Schedule and Stats ............................................................................................................................ 58  Table 1: Revenue Service Quick Stats ................................................................................................................................... 58  Table 2: Revenue Service Quick Stats (Continued) ............................................................................................................... 59  Table 3: Route 1 Schedule ..................................................................................................................................................... 60  Table 4: Route 2 Schedule ..................................................................................................................................................... 61  Table 5: Route 3 Schedule ..................................................................................................................................................... 62  Table 6: Route 4 A&B Schedule ............................................................................................................................................. 63  Table 7: Route 5 A&B Schedule ............................................................................................................................................. 64  Table 8: Route 6A Schedule .................................................................................................................................................. 65  Table 9: Route 6B Schedule................................................................................................................................................... 66  Table 10: Route 6 A/B Schedule ............................................................................................................................................ 67  Table 11: Trolley Schedule .................................................................................................................................................... 68  Table 12: Tripper Schedule ................................................................................................................................................... 69  Appendix B: Fleet Roster ................................................................................................................................................ 70  Appendix C: Short Range Transit Plan ............................................................................................................................. 71  Appendix D: City Provided Equipment ............................................................................................................................ 72  Appendix E: Transit Operations & Maintenance Facility .................................................................................................. 73  Appendix F: Federal Clauses ........................................................................................................................................... 74  1. Fly America Requirements ................................................................................................................................................ 74  2. Buy America Requirements ............................................................................................................................................... 74  3. Charter Bus Requirements ................................................................................................................................................ 76  4. School Bus Requirements .................................................................................................................................................. 77  5. Cargo Preference Requirements ....................................................................................................................................... 77  6. Seismic Safety Requirements ............................................................................................................................................ 78  7. Energy Conservation Requirements .................................................................................................................................. 78  8. Clean Water Requirements ............................................................................................................................................... 78  9. Bus Testing ........................................................................................................................................................................ 79  10. Pre‐award and Post Delivery Audits Requirements ........................................................................................................ 80  11. Lobbying .......................................................................................................................................................................... 82  12. Access to Records and Reports ....................................................................................................................................... 84  13. Federal Changes .............................................................................................................................................................. 86  14. Bonding Requirements .................................................................................................................................................... 86  15. Clean Air .......................................................................................................................................................................... 89  16. Recycled Products ........................................................................................................................................................... 89  17. Davis‐Bacon and Copeland Anti‐Kickback Acts ............................................................................................................... 90  18. Contract Work Hours and Safety Standards Act ............................................................................................................. 96  19. [ RESERVED ] .................................................................................................................................................................... 97  20. No Government Obligation to Third Parties ................................................................................................................... 97  21. Program Fraud and False or Fraudulent Statements and Related Acts .......................................................................... 97  22. Termination ..................................................................................................................................................................... 98  23. Government‐Wide Debarment and Suspension (Nonprocurement) ............................................................................ 101  24. Privacy Act ..................................................................................................................................................................... 102  25. Civil Rights Requirements ............................................................................................................................................. 103  26. Breaches and Dispute Resolution ................................................................................................................................. 104  27. Patent and Rights in Data .............................................................................................................................................. 105  28. Transit Employee Protective Agreements ..................................................................................................................... 108  29. Disadvantaged Business Enterprise (DBE) ..................................................................................................................... 110  30. [ RESERVED ] .................................................................................................................................................................. 111  31. Incorporation of Federal Transit Administration (FTA) Terms ...................................................................................... 111  32. Drug and Alcohol Testing .............................................................................................................................................. 112  Appendix G: Penalties & Incentives (Liquidated Damages) ............................................................................................ 115  Table 1: Penalties & Incentives (Liquidated Damages) ....................................................................................................... 120  Appendix H: Disadvantaged Business Enterprises (DBE) Goal ........................................................................................ 122  Appendix I: Reporting Requirements ............................................................................................................................ 156       Part One: Request for Proposals (RFP)    SLO TRANSIT, City of San Luis Obispo    TABLE OF CONTENTS ..................................................................................................................................... 2  PART ONE: REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) ................................................................................................... 8  1. GENERAL INFORMATION ..................................................................................................................................... 9  A. Introduction .................................................................................................................................................................... 9  B. Service Description ......................................................................................................................................................... 9  C. Fleet ................................................................................................................................................................................ 9  D. Administration and Funding ............................................................................................................................................ 9  E. Pending Issues ............................................................................................................................................................... 10  F. Areas of Emphasis ......................................................................................................................................................... 10  2. SELECTION PROCESS ........................................................................................................................................... 10  A. Tentative Schedule ........................................................................................................................................................ 10  B. RFP Package .................................................................................................................................................................. 11  C. Pre‐Proposal Conference and Site Visits ....................................................................................................................... 11  D. Submission of Questions ............................................................................................................................................... 11  E. Protests ......................................................................................................................................................................... 11  F. Proposal Submittal Deadline ......................................................................................................................................... 12  G. Evaluation of Proposals ................................................................................................................................................. 12  H. Interview ....................................................................................................................................................................... 16  I. Selection ....................................................................................................................................................................... 16  3. CONDITIONS AND INSTRUCTIONS FOR SUBMITTAL OF PROPOSALS ...................................................................... 16  A. Adherence to Proposal Form ........................................................................................................................................ 16  B. Required Submittal Information ..................................................................................................................................... 16  C. Use of Subcontractor .................................................................................................................................................... 17  D. Representations ............................................................................................................................................................ 17  E. Pre‐Contractual Expenses ............................................................................................................................................. 17  F. Effective Period of Proposal ............................................................................................................................................ 18  G. Withdrawal of Proposal ................................................................................................................................................ 18  H. RFP Addendum .............................................................................................................................................................. 18  I. Verbal Agreement or Conversation ............................................................................................................................... 18  J. Special Funding Considerations .................................................................................................................................... 18  K. Exceptions and Alternatives .......................................................................................................................................... 18  L. Performance Bond/Security .......................................................................................................................................... 18  M. Non‐Exclusivity of Contract ........................................................................................................................................... 18  N. Non‐Collusion Affidavit ................................................................................................................................................. 18  O. Conflict of Interest ........................................................................................................................................................ 19  P. Authorized Amendment ............................................................................................................................................... 19  Q. Applicable Law .............................................................................................................................................................. 19  R. Lobbying ........................................................................................................................................................................ 19  S. Facility Visits .................................................................................................................................................................. 19  T. Federal Proposal and Contract Certifications ................................................................................................................ 19  U. Worker’s Compensation Insurance Certification .......................................................................................................... 20  V. Summary of Insurance & Indemnity Requirements ....................................................................................................... 20         Part One: Request for Proposals (RFP)  SLO TRANSIT, City of San Luis Obispo    GENERAL INFORMATION    A. Introduction  The City of San Luis Obispo is centrally located along California’s Central Coast, half way between San Francisco and Los Angeles along  the Highway 101 corridor.  The City of San Luis Obispo is the County Seat for San Luis Obispo County and as such, it is also the  governmental, economic, medical and educational hub for the other cities in the county.   San Luis Obispo has a population of roughly  45,119 (Source: 2010 Census) with an estimated additional population of 20,000 students when California PolyTechnic State  University is in session.      B. Service Description  SLO TRANSIT is the local fixed‐route transit operation for the City of San Luis Obispo, operating directly out of the City’s Public Works  Department.  SLO TRANSIT operates 10 vehicles at peak along eight fixed‐routes within the 23 square miles of the city limits of San  Luis Obispo and California PolyTechnic State University.  SLO TRANSIT operates Monday through Friday approximately from 6 a.m. to  10 p.m. and Sat & Sun from 8 a.m. to 7 p.m.  See Appendix A – Route Schedules & Stats for actual schedule information.    SLO TRANSIT has seen steady increase in ridership over the last ten years and now transports over 1.1 Million riders annually.   SLO  TRANSIT ridership demographics reflect a broad cross section of riders, including: seniors, disabled, socially or economic transit  dependent, K‐12 students, collegial students, working professionals and choice riders.  Operation and maintenance of all fixed‐route  services are contracted out to a third party vendor.    For para‐transit services within the service area the county’s consolidated para‐transit service provider known as Run‐About.  Run‐ About is operated by SLO Regional Transit Authority (RTA) and who also provides inter‐city services to the other cities and parts of  the county.  Therefore this contract does not include the operations of para‐transit rather only local fixed route services.    The public has direct access for participating in the improvements and management of SLO TRANSIT services.  By direction of the City  Council, a Mass Transit Committee (MTC) was formed in 1972 to provide them with input on matters related to transit. The  committee is an advisory body comprised of nine‐member citizen volunteers representing communities with Disabilities, Seniors,  Students, Cal Poly University, Business, Technical, At‐Large and two Alternatives. Their purpose is to gather input and representation  of the general public on matters of setting priorities and planning processes.      C. Fleet  SLO TRANSIT provides a fleet of fixed‐route vehicles for use in this contract. A shop truck is also provided to the contractor along with  one accessible mini‐van for road supervision and driver change‐outs. A detailed vehicle list is included in Appendix B – Fleet Roster of  the Scope of Work. All of the fixed‐route buses are diesel powered while the Trolley, Cut‐Away, Shop Truck and Minivan are gasoline  powered.  The inclusion of alternative fuel vehicles in the future is still yet to be determined but is a goal of the City and SLO TRANSIT.    All SLO TRANSIT revenue buses are ADA accessible, have bike racks and air conditioning. Minor fleet changes and/or additions are  expected over the life of the service contract, but the current fleet should be assumed to be unchanged for the purpose of this RFP as  any modifications can and will be accommodated within the terms of the agreement.    D. Administration and Funding  The City of San Luis Obispo is a charter city governed by five (5) elected officials, including one Mayor.  The City maintains a City  Manager, administrative team, and ten other departments to exercise City Council decisions as they pertain to community services.  Of which, the City’s Public Works Department and its subsequent Transit Division oversee transit operations in the City.     Funding for SLO TRANSIT comes from a combination of Federal, State, and Local sources. SLO TRANSIT currently receives Federal  Transit Administration (FTA) funding under Sections 5307 (small‐urban), occasionally other federal funds; a portion of the Local  Transportation Fund (LTF) revenues that are available to jurisdictions; and, State Transit Assistance (STA) funds allocated to SLO  TRANSIT and its member jurisdictions. Approximately 40% of the proposed operating budget is funded from federal sources, 40%  percent from state and local transportation fund sources, 20% percent from passenger fares.    E. Pending Issues  SLO TRANSIT is currently undergoing a Short Range Transit Plan update.  The recommendation for service changes will be known  before the effective date of this contract.  For now it is anticipated that the recommended changes will result in cost neutral to minor  cost increase change for operations.  All bids should be based on what transit services are as of the date of issuing this RFP.  See  Appendix A – Route Schedules & Stats for actual schedule information.      For an idea of possible route change recommendation see Appendix C – SLO Short Range Transit Plan (SRTP).  However it should be  emphasized that the recommendations made in the SRTP are in no way a guarantee that they will be carried out but rather reflect  desirable changes that will be made as funding and social/political forces allow. Any system changes will be coordinated with the  contractor in advance and or during the length of the contract.    F. Areas of Emphasis  SLO TRANSIT maintains the philosophy that system quality is essential for public service. Staff recognizes that an operation offering  high quality, safe and reliable service is far superior to a broad, far‐reaching service that is unreliable and of poor quality. It also  follows that, a service of quality is what attracts and retains riders along with public support.      The keys to the provision of a quality public transit service include effective system design and operation, on‐time performance and  excellent customer service. The success or failure largely depends on the ability and commitment level of those charged with its daily  execution – drivers, dispatchers, mechanics and their supervisors. SLO TRANSIT seeks a service contractor with a demonstrated ability  to attract and retain qualified and committed drivers, dispatcher, mechanics and other key operating staff over the term of the  agreement. For this reason, the employee selection, training, retention, wages and benefit portions of the proposals will be closely  scrutinized to determine which provides the best value to SLO TRANSIT and community it serves.    SELECTION PROCESS    A. Tentative Schedule  The schedule and description of significant events relating to this procurement are provided below. SLO TRANSIT reserves the right to  modify, at its sole discretion, this schedule and any specific time‐of‐day deadlines including the startup date.    Event/Task Date  1:  MTC Discussion on RFP Scope of Work November 10, 2015  2:  Council Study Session on RFP Scope of Work November 17, 2015  3:  Council Authorization for RFP December 15, 2015  4:  Issue Request for Proposals (RFP) on eBidBoard, etc. December 16, 2015  5:  Pre‐Proposal Conference (2:00 p.m. PST) January 27, 2016  6:  Submit Questions & Clarifications (4:00 p.m. PST) February 5, 2016  7:  SLO TRANSIT Response to Submitted Questions February 19, 2016  8:  Proposals Due (3:00 p.m. PST) March 9, 2016  9:  Pre‐Award Survey and Screening March 23, 2016  10: Interview with Selected Contractors  March 30, 2016  11: City Council Award Contract  May 3, 2016  12: Executes Agreement with Selected Contractor  May 4, 2016  13: Pre‐Start Up Meeting with Selected Contractor  May 4, 2016  14: Contractor Starts Service July 1, 2016    B. RFP Package  Contractors are required to register on the eBidBoard website, providing access to the RFP package documents and any posted  addenda. Please ensure contact information is correct on the electronic plan holder list on eBidBoard. It is the contractor’s  responsibility to obtain all issued addenda through eBidBoard prior to the proposal deadline.    The RFP package may be obtained in the following ways:     DOWNLOAD, free of charge, on eBidBoard. Please access from the City’s website at:  http://www/slocity.org/publicworks/bids.asp, then click on “Listing of Advertised RFPs and RFQs”, which will direct you  to the City’s eBidBoard page.     PICK‐UP a printed copy at the SLO TRANSIT office by paying a non‐refundable fee of $50.00.    The office of SLO TRANSIT is located at:    919 Palm Street    San Luis Obispo, CA 93401     REQUEST a printed copy by mail by paying a non‐refundable fee of $80.00.     Contact Dee Lawson, Transit Coordinator, at DLawson@SLOCity.org or (805) 781‐7531 or fax your request to (805)781‐ 7563.     Please include your company name, street address, phone, fax, and email address, along with the name and specification  number of the proposal you are requesting.     C. Pre‐Proposal Conference and Site Visits  There will be one pre‐proposal conference / site visit as noted in the schedule above, to be held at the San Luis Obispo City Hall  Council Chamber room, located at 990 Palm Street, San Luis Obispo, California 93401.  From there transportation will be provided, for  those who desire it, for a site visit of the Transit Operations & Maintenance Facility located at 29 Prado Road, San Luis Obispo,  California 93401. Site visits are not required, but highly recommended.    D. Submission of Questions  Questions and comments on this RFP may be submitted in writing to SLO TRANSIT at 919 Palm Street, San Luis Obispo, California  93401 or by e‐mail to the Transit Coordinator, Dee Lawson, at DLawson@SLOCity.org by 4:00 p.m. on February 5, 2016. A response  to any substantive questions received by this date will be sent to all parties by February 19, 2016 as an addenda to this RFP.  Addenda will be posted on the www.SLOTransit.org website for all interested parties to see. It will be the sole responsibility of  bidding contractors to check for addendums on or after said date.  SLO TRANSIT may elect to e‐mail said notice of posted  addenda for bidders who request to be notified and who signed up to be notified at the pre‐proposal conference or by notifying  Transit Coordinator, Dee Lawson, at DLawson@SLOCity.org.    E. Protests  SLO TRANSIT has written protest procedures to handle and resolve disputes relating to its procurements during the pre‐bid, pre‐ award and post‐award phases and in all instances disclose information regarding protests to FTA and to the California  Department of Transportation, Division of Mass Transportation. Pre‐bid protests regarding any aspect of the attached materials  and/or SLO TRANSIT’s stated selection procedures must be submitted in writing (via mail or e‐mail) to the Director of Public Works  of the City of San Luis Obispo, 919 Palm Street, San Luis Obispo, California 93401, or by e‐mail to DGrigsby@SLOCity.org by 4:00  p.m. on February 5, 2016. The Director of Public Works will respond to any such protests by February 19, 2016 with an addendum  to this RFP which will also be posted on ebidboard and the www.SLOTransit.org website. It will be the sole responsibility of  bidding contractors to check for addenda on or after said date.    Protests made against an award must be made in writing and will be addressed according to SLO TRANSIT’s written award protest  procedures. A copy of the protest procedures will be made available to any interested party upon written request to the Director  of Public Works of SLO TRANSIT, 919 Palm Street, San Luis Obispo, California 93401, or by e‐mail to DGrigsby@SLOCity.org.    Under certain limited circumstances, and after the protester has exhausted all administrative protest remedies made available to  them at SLO TRANSIT, an interested party may protest to the FTA the award of a contract pursuant to an FTA grant.  FTA's review of  any protest shall be in accordance with FTA Circular 4220.1F. An appeal to FTA must be received by the cognizant FTA regional or  Headquarters Office within five (5) working days of the date the protester learned or should have learned of an adverse decision by  the grantee or other basis of appeal to FTA. FTA's review of any protest will be limited to:    (1) Violations of Federal law or regulations. Violations of State or local law shall be under the jurisdiction of State or local  authorities.    (2) Violation of SLO TRANSIT's protest procedures or SLO TRANSIT's failure to review a complaint or protest.    The protest filed with FTA shall:    (1) Include the name and address of the protester.    (2) Identify SLO TRANSIT as the party responsible for the RFP and/or award process.    (3) Contain a statement of the grounds for protest and any supporting documentation. (The grounds for protest filed with  FTA must be fully supported to the extent feasible. Additional materials in support of an initial protest will only be  considered if authorized by the FTA regulations.)  (4) Include a copy of the protest filed with SLO TRANSIT, and a copy of SLO TRANSIT's decision, if any.    (5) Indicate the ruling or relief desired from FTA. Such protest should  be sent to:  U.S. Department of Transportation   California Department of Transportation  Federal Transit Administration         and  Division of Mass Transportation  90 Seventh Street, Suite 4‐310    P.O. Box 942874, M.S. 39  San Francisco, CA 94103‐6701    Sacramento, CA 94274‐0001    A copy of such protests should also be sent to SLO TRANSIT.    F. Proposal Submittal Deadline  Proposals will be accepted until 3:00 p.m. on March 9, 2016, at which time a non‐public opening will be held. Until award of the  contract, the proposals will be held in confidence and shall not be available for public review [Government Code Section 6254(h)  and (k)]. Upon award of a contract, all proposals shall become public except for financial statements if submitted under  separate cover with a request for confidentiality. Such statements shall be disclosed only upon order of a court of competent  jurisdiction.    G. Evaluation of Proposals  An evaluation team will be established to review all proposals submitted pursuant to the terms of this RFP. Members of this  team are expected to participate, if possible, in any interviews to be conducted with selected proposers. The evaluation of  proposals will be based on the following criteria and relative value established by SLO TRANSIT.    Procurement/Evaluation Method The selection of a contract operator for SLO Transit Service:  Operations & Maintenance is based on a competitively negotiated  method of procurement. Guidance from the Federal Transit Administration (FTA) defines this type of procurement as the most  appropriate procurement method when: (1) price alone is not the determinant factor in selection; and (2) discussions are expected  with prospective offerors after proposal submission. Further, SLO Transit has employed the “Best Value” approach in this type of  procurement. FTA defines this process as follows:  Best Value describes a competitive, negotiated procurement process in which the recipient reserves the right to select the most advantageous offer by evaluating and comparing factors in addition to cost or price such that a recipient may acquire technical superiority even if it must pay a premium price. A “premium” is the difference between the price of the lowest priced proposal and the one that the recipient believes offers the best value. The term “best value” also means the expected outcome of an acquisition that, in the recipient’s estimation, provides the greatest overall benefit in response to its material requirements. To achieve best value in the context of acquisitions for public transportation purposes, the evaluation factors for a specific procurement should reflect the subject matter and the elements that are most important to the recipient. While FTA does not mandate any specific evaluation factors, the recipient must disclose those factors in its solicitation. Evaluation factors may include, but are not limited to, technical design, technical approach, length of delivery schedules, quality of proposed personnel, past performance, and management plan. This definition is intended neither to limit nor to dictate qualitative measures a recipient may employ, except that they must support the purposes of the Federal public transportation program. FTA requires SLO Transit to base its determination of which proposal represents the “best value” on an analysis of the tradeoff of  qualitative technical factors and price or cost factors.     In the event that two or more proposals are considered by the Evaluation Committee to be basically equal in their technical merit, the  evaluated cost or price becomes more important; in such a case, cost or price may ultimately be the deciding factor.  Accordingly, the  Evaluation Committee may not necessarily make a recommendation to award to the CONTRACTOR with the highest technical ranking  nor make a recommendation to award to the CONTRACTOR with the lowest Price Proposal, if doing so would not be in the overall best  interest of the City of San Luis Obispo’s public transit program.    Proposals submitted in response to this RFP will be evaluated and scored by the Evaluation Committee established by the CITY, in  accordance with the criteria outlined in related section     The primary desire of the CITY for this procurement is to ensure an award will be made based on the highest quality of service that  best matches the CITY’s requirements using the Federal Transit Administration’s (FTA approved Third Party Contracting Guidance (FTA  C 4220.1F) “Best Value” methodology.  Per FTA’s Third Party Contracting Guidance, Best Practices Procurement Manual, “Best Value” is  defined as follows:  “Best Value” is a selection process in which proposals contain both price and qualitative components, and award is based upon a combination of price and qualitative considerations. Qualitative considerations may include technical design, technical approach, quality of proposed personnel, and/or management plan. The award selection is based upon consideration of a combination of technical and price factors to determine (or derive) the offer deemed most advantageous and of the greatest value to the procuring agency. The Evaluation Committee will make a recommendation to award to the CITY, based upon the Evaluation Committees’ determination  of the responsible Contractor whose proposal is most advantageous to the CITY.    OVERALL RELATIVE IMPORTANCE OF EVALUATION CRITERIA    The Technical Proposal is of greater importance than the Cost Proposal.    The following items constitute the evaluation criteria (and their respective weights), which the Proposal Evaluation team will use in  evaluating proposals submitted in response to this RFP.  Evaluation Criteria Weight Percentage Technical 40% Interviews with Key Management Staff 30% Past Performance – Reference Checks 20% Financial Ability 10% EVALUATION CRITERIA  Selected Evaluation Criteria within Content of Technical Proposal Technical (40%)  Qualifications (20%) (Listed in order of importance)  o Experience with providing Public Transit Fixed Route Service of similar size and scope   o Experience with operating and maintaining a fleet of similar size  o Capacity to perform contract requirements  o Experience with current CITY owned equipment and ancillary vendors   Proposed Personnel (20%) (Listed in order of importance)  o Qualifications and Experience of proposed General Manager  o Qualifications and Experience of proposed Maintenance Manager  o Qualifications and Experience of proposed Operations Manager  o Recruiting, hiring, training, and retraining program for Drivers  o Organizational Chart detailing organizational structure and reporting relationships   Transition Plan (10%) (Listed in order of importance)  o Mobilization plan and schedule   o Facility move in plan   o Recruitment/ hiring plan   o Tool and equipment assessment   o Handling of Environmental requirements and permits for operation      Proposed Management and Operations Plan (20%) (Listed in order of importance)  o Proposed Approach and Methodology  o Proposed Road Supervision Approach  o CONTRACTOR’s experience with the FTA Uniform System of Accounts and with National Transit Database  reporting  o Proposed Fare Collection Plan including equipment to be used for collection of fares (farebox, fare registers,  etc.), and relevant fare collection experience.  o Proposed training program for maintenance personnel, vehicle operators, schedulers/dispatchers and  supervisors  o Proposed Customer Service Approach  o Proposed Safety, Security and Risk Management Plan  o Proposed Internal Communications Network, including methods of communicating instructions to  supervisors and vehicle operators and the approach to routing/dispatching functions.     Risks and Added Value Assessment (10%)   o Understanding of risks and mitigation    o Value added and innovation       Proposed Maintenance and Equipment Plan (20%) (Listed in order of importance)  o Proposed Vehicle Maintenance Plan  o Proposed Bus Wash Plan and Interior Cleaning Plan  o Approach to Road Call Management  o Experience with Fleet Management Software  o Safety Record  o Proposed Warranty Plan  o Proposed plan for intended utilization of the on‐board video system from an operational perspective (i.e.  operator training, improvement and reinforcement)   Cost (Tradeoff Evaluation)  The CONTRACTOR’S cost proposals will be evaluated alongside the Technical merit offered by each CONTRACTOR in a  tradeoff fashion as per Federal Transit Administration “best value selection methodology” as detailed within the FTA  Best Practices Procurement Manual. As required by the FTA Best Practices Procurement Manual, Chapter 4, Methods of  Solicitation and Selection, the Buyer declares the following: all evaluation criteria factors other than cost, when  combined, are significantly more important than cost alone.    In the event that two or more proposals are considered by the Evaluation Committee to be basically equal in their  technical merit, the evaluated cost or price becomes more important; in such a case, cost or price may ultimately be the  deciding factor.  Accordingly, the Evaluation Committee may not necessarily make a recommendation to award to the  CONTRACTOR with the highest technical ranking nor make a recommendation to award to the CONTRACTOR with the  lowest Price Proposal, if doing so would not be in the overall best interest of the CITY’s public transit program.    Selected Evaluation Criteria within Past Performance   Past Performance – Reference Checks (20%) (Listed in order of importance)  o Applicability of Past Performance Reference  o Overall services provided by the CONTRACTOR  o Responsiveness of CONTRACTOR in addressing and correcting problems  o Management Staff’s ability to meet the expectations and needs of the transit agency  o CONTRACTOR’s Customer Service as provided by Bus Operator Staff  o Would you choose to renew a contract with this CONTRACTOR    Selected Evaluation Criteria within Interviews with Key Management Staff   Interviews with Key Management Staff (30%)     Section 1 – Proposed Key Management Staff  (Listed in order of importance)  o General Manager’s responses to scenario questions  o Maintenance Manager’s responses to scenario questions  o Transportation Manager’s responses to scenario questions  o Qualifications and Experience of General Manager  o Qualifications and Experience of Maintenance Manager  o Qualifications and Experience of Operations Manager    Selected Evaluation Criteria within Financial Ability   Financial Ability (10%)  Financial Ability and Risk Ranking by third‐party independent accounting/auditing firm. The review shall include an  analysis of:     a) Cash and percentage of cash to total current assets and total assets of the Contractor  b) Quick and Current Ratio analysis  c) Net Sales Volume and Accounts Receivable Turnover  d) Sources which produced the prospective vendors operating capital  e) Availability and amount of short‐term working capital financing  f) Debt structure and leverage  g) Working Capital Measures (cash, equivalents and receivables less current liabilities  h) Working Capital Ratio to Total Annual Contract Revenue    The CONTRACTOR’S financial statements will be reviewed as noted above to determine the Contractor’s ability to  complete a contract of this value, financial risks associated with the Contractor, cash and credit line availability,  sources of operating capital, review of Dunn and Bradstreet reports, and a review of pending litigation. Additionally  other factors including but not limited to whether the financial statements and information provided were audited,  comments and notes included with the audit report or management letters, the auditing firm itself and potential  quality issues and variations from report to report and the translation of all financial information into U.S. currency  for comparison purposes may be considered.    In determining the Contractor’s compliance for sufficient working capital, the following formula will be used to    determine if the Contractor has sufficient working capital:    (Cash/Cash Equivalents) + (Accounts Receivable <90 Days – Accounts Payables) + (Stand‐by Letter of Credit) =  25% of annual  contract amount.      NOTIFICATION TO UNSUCCESSFUL CONTRACTORS    Unsuccessful CONTRACTORS shall be notified of the CITY’s Evaluation Committee’s recommendation of award to the successful  CONTRACTOR within ten (10) working days of said recommendation  SLO TRANSIT reserves the right to award the contract to other than the lowest cost proposal allowing for a more responsive  proposal that addresses all of the above criteria and best satisfies the needs of SLO TRANSIT.    H. Interview  Prospective CONTRACTORS should be prepared to attend a Selected Contractors interview, tentatively scheduled to be held on  March 30, 2016. Key management personnel must be available at the interview including, at a minimum, the proposed General  Manager, Maintenance Manager and a responsible senior management employee who is authorized to bind the firm. SLO  TRANSIT may choose, at its sole discretion, to not interview all or any proposers of this RFP.    I. Selection  The City of San Luis Obispo City Council receives a recommendation from Staff based on the results of the proposal evaluation;  personal interviews; reference checks; and, best and final offer negotiations. Such a recommendation is tentatively scheduled  for the May 3, 2016 meeting of the City of San Luis Obispo City Council. That meeting is scheduled for 6:00 p.m. at City Hall  Council Chamber Room located at 990 Palm Street, San Luis Obispo, CA, 93401.    SLO TRANSIT reserves the right to withdraw this RFP at any time without prior notice. SLO TRANSIT also makes no  representations that any agreement will be awarded to any proposer responding to this RFP. SLO TRANSIT expressly reserves  the right to reject any and all proposals or to waive any irregularity or informality in any proposal or in the RFP procedure and to  be the sole judge of the responsibility of any proposer and of the suitability of the materials and/or services to be rendered.      CONDITIONS AND INSTRUCTIONS FOR SUBMITTAL OF PROPOSALS    A. Adherence to Proposal Form  All proposals are to be prepared in conformity with these instructions and submitted on the forms provided. Attached are a  Draft Transit Operations Agreement (Part Two) and a detailed Scope of Work (Part Three) for this project. These contain specific  contractual and service conditions and the successful proposer, if any, will be expected to execute an agreement substantially  consistent to the agreement attached. Unacceptable conditions, limitations, provisions, or failure to respond to specific  instructions or information requested in the RFP may result in rejection of the proposal.    B. Required Submittal Information   Proposals must be received by no later than 3:00 p.m. (as determined by the City’s door locking mechanism) on March 9, 2016 at the  address below.    City of San Luis Obispo, SLO TRANSIT  919 Palm Street  San Luis Obispo, CA 93401  Attn: Transit Coordinator    If mail delivery is used, proposers should mail early enough to provide for arrival by the deadline. Proposers use mail or courier  service at their own risk. SLO TRANSIT will not be liable or responsible for any late delivery of proposals. Proposals received after  the date and time specified (e.g. 3:00:01 p.m.) will not be considered and will be returned to the proposer unopened.    Each submitting firm must submit at least one (1) electronic copy in CD or thumb drive form with Cost Proposal as separate file, one  (1) hard‐copy separately sealed print original document, one (1) hard‐copy separately sealed cost proposal and five (5) hard‐copy  duplicate copies of each proposal in a sealed package or envelope(s) marked "Transit Contract Proposal" and identifying the name  of the proposing firm. The following information must be included in each proposal:    1. Completed Proposal Questionnaire including a completed, signed and dated Proposal Cost Form (Attachments 1 and  2);    2. Completed, signed and dated proposal certifications (Attachment 4);    3. Written indication of receipt of all RFP addenda, if any, by date issued; and,    4. All proposals must be accompanied by a check for Two Thousand Dollars ($2,000.00), and said check must be certified  by a bank, and must be made payable to SLO TRANSIT. In lieu of such a check, a proposer may accompany his proposal  with a bond for said amount payable to SLO TRANSIT, which bond must be signed by the proposer and by two  Sureties, or an authorized surety company, all as provided by law.  Such surety or check will be retained by SLO TRANSIT if  the successful proposer fails or refuses to enter into a contract awarded him. SLO TRANSIT checks or bonds shall be  returned to all proposers within two weeks of the execution of a contract with the selected proposer.    C. Use of Subcontractor  If the proposal consists of a "prime" contractor and one or more subcontractors, the proposer shall identify the subcontractors in  the areas of their responsibility; but SLO TRANSIT will enter into an agreement only with the prime contractor who shall be  responsible for all services required by the attached agreement.    D. Representations  In submitting a proposal, the proposing firm makes the following representations to SLO TRANSIT:    a. The firm is familiar with all requirements of the general conditions, specifications and instructions and that in submitting  a proposal the proposer affirms that they are sufficiently informed in all matters affecting the provision of the services  specified, that they have checked the proposal for errors and omissions; that the price stated in the proposal is correct  and as intended and is a complete and correct statement of the proposers price for providing the services described in  this RFP and as such services may have been modified in the proposal.    b. The firm is familiar with all matters affecting the performance of the work under this RFP, including all Federal, State, and  Local laws, ordinances and regulations.    c. The firm is in the business and is fully qualified and skilled in the field of public transit and is fully willing and able to  satisfy the requirements of the contract at the stated rates and any award of contract is in reliance on such  representations.    E. Pre‐Contractual Expenses  Pre‐contractual expenses are defined as expenses incurred by proposers and selected contractor in:    a. Preparing a proposal in response to this RFP;    b. Submitting a proposal to SLO TRANSIT;    c. Negotiations with SLO TRANSIT on any matter related to the proposal; and,    d. Other expenses incurred by contractor or proposer prior to the date of award of any agreement.    SLO TRANSIT shall not be liable for any pre‐contractual expenses incurred by any proposer or selected contractor. Proposers shall  not include any such expenses as part of the price proposed in response to this RFP. SLO TRANSIT shall be held harmless and free  from any and all liability, claims or expenses whatsoever incurred by or on behalf of any person or organization responding to this  RFP.    F. Effective Period of Proposal   All proposals received shall remain in effect for 90 days from the date the proposals are opened.    G. Withdrawal of Proposal  Proposals may be withdrawn either in person, email Transit Coordinator, Dee Lawson at DLawson@SLOCity.org or written via  request, at any time prior to the time fixed for the opening of proposals. No proposal will be returned after the date and time set  for the opening thereof.    H. RFP Addendum  Any changes to the RFP requirements will be made by posted addenda on the eBidboard website and shall be considered part of  the RFP. Upon issuance, such addenda shall be incorporated into the agreement documents, and shall prevail over inconsistent  provisions of earlier issued documentation.  Contractors registered as planholders on eBidboard will receive email notification of  posted addenda. It will be the sole responsibility of bidding contractors to check the website for addendums.      I. Verbal Agreement or Conversation  No prior, current, or post award verbal conversations or agreement(s) with any officer, agent, or employee of SLO TRANSIT shall  affect or modify any terms or obligations of this RFP, or any contract resulting from this procurement.    J. Special Funding Considerations  Any contract resulting from this RFP will be funded primarily with funds available to SLO TRANSIT through the California  Transportation Development Act (TDA) and the Federal Transit Administration (FTA). The contract for this service is contingent  upon the provision of these funds to SLO TRANSIT. In the event that service is eliminated or reduced due to lack of funds, SLO  TRANSIT reserves the right to terminate or revise any contract. The successful contractor must comply with all Federal and  State requirements regarding funding and grants.    K. Exceptions and Alternatives  Prospective contractors may not take exception or make alterations to any requirement of the RFP. Exceptions can be cause for the  rejection of a proposal.    If alternatives or options are proposed, the prospective contractor must clearly identify such. SLO TRANSIT expressly reserves the  right in its sole discretion to consider such alternatives and to award a contract based thereon if determined to be in the best  interest of SLO TRANSIT.    Since SLO TRANSIT desires to enter into one contract to provide all of the intended services, only those proposals to provide all  service will be considered responsive.    L. Performance Bond/Security  A Performance Bond, or other surety approved by SLO TRANSIT in the amount of twenty five (25) percent of the first year  contract value will be required after a contract is awarded. SLO TRANSIT reserves the exclusive right, however, to rescind this  requirement at any time prior to or during the contract period. The Performance Bond or other approved surety shall be  received by SLO TRANSIT within fifteen (15) working days of approval of any contract “Notice to Proceed” which may be awarded  through this RFP process. At SLO TRANSIT’s sole discretion, the award of this contract may be rescinded absent such bond or other  approved surety.    M. Non‐Exclusivity of Contract  This contract is not exclusive.  SLO TRANSIT has the right to hire others to perform the same or similar tasks.    N. Non‐Collusion Affidavit  By submitting a proposal, the prospective contractor represents and warrants that such a proposal is genuine and not a sham,  collusive or made in the interest or in behalf of any person or party not therein named and that the prospective contractor has  not directly or indirectly or solicited any other contractor to put in a sham bid, or any other person, firm or corporation to refrain  from presenting a proposal and that the prospective contractor has not in any manner sought by collusion to secure any  advantage.    If at any time it shall be found that the person, firm, or corporation to whom a contract has been awarded has, in presenting any  proposal or proposals, colluded with any other party or parties, then the agreement so awarded shall be null and void. The  proposer shall be liable to SLO TRANSIT for all loss or damage which SLO TRANSIT may suffer thereby and SLO TRANSIT may  advertise for a new agreement for the services contemplated herein.    O. Conflict of Interest  By submitting a proposal in response to this RFP, the prospective contractor warrants that he presently has no interest and  shall not acquire any interest, direct or indirect, which would conflict in any manner or degree with the performance of  services required under this agreement; that no appointed or elected official, member or other officer or employee of the  City of San Luis Obispo or State of California or of SLO TRANSIT is interested directly or indirectly, in any manner whatsoever in  or in the performance of the agreement or in the supplies, work or business to which it relates or in any portion of the  profits thereof; or has been or will be offered or given any tangible consideration in connection with this proposal and/or  agreement. Prospective contractor covenants that neither prospective contractor nor, to the best of the prospective  contractor's knowledge after diligent inquiry, any director, officer, owner or employee of the prospective contractor has any  interest nor shall they acquire any interest, directly or indirectly, which would conflict in any manner or degree with the  faithful performance of the agreement hereunder.    In the event that the prospective contractor has no prior knowledge of a conflict of interest as set forth above and  hereafter acquires information which indicates that there may be an actual or apparent violation of any of the above,  prospective contractor shall promptly bring such information to the attention of the Director of Public Works, prospective  contractor shall thereafter cooperate with CITY’s review and investigation of such information, and comply with any  instruction it receives from the Transit Manager in regard to remedying the situation.    P. Authorized Amendment  If this contract is not in compliance with Federal laws or State laws, or the laws change, or new requirements are  issued that effect funding for this contract, this contract shall be amended to comply with Federal and State laws. Both  parties shall execute any documents required to comply with Federal and State law.    Q. Applicable Law  This RFP and any resulting agreements shall be construed and governed in accordance with the laws of the State of California.    R. Lobbying  With the exception of contacting the Transit Coordinator, Dee Lawson, to ask questions regarding this RFP or participate in a site  visit, any party submitting a proposal shall not contact or lobby any SLO TRANSIT employee, or agent regarding the RFP. Any  party attempting to influence any part of the proposal, submittal or review process through ex parte contact of any SLO TRANSIT  official may have their proposal rejected.    In addition, pursuant to the Byrd Anti‐Lobbying Amendment, 31, U.S.C. 1352, as amended by the Lobbying Disclosure Act of 1995,  P.L. 104‐65 [to be codified at 2 U.S.C. § 1601, et seq.], contractors who apply or bid for an award of $100,000 or more shall file the  certification required by 49 CFR part 20, “New Restrictions on Lobbying” which is Form 2 in Attachment 4 to this RFP.    S. Facility Visits  There shall be no unauthorized site visits.  There will be one pre‐proposal conference / site visit as noted in the schedule above, to be  held at the San Luis Obispo City Hall Council Chamber room, located at 990 Palm Street, San Luis Obispo, California 93401.  From  there transportation will be provided, for those who desire it, for a site visit of the Transit Operations & Maintenance Facility located  at 29 Prado Road, San Luis Obispo, California 93401. Site visits are not required, but highly recommended.    T. Federal Proposal and Contract Certifications  The proposing firms will be required to complete and submit the following federally‐required forms included in Attachment 4.    Form 1. Certification  of  Lower  Tier  Participants  Regarding  Debarment,  Suspension,  and  Other Ineligibility and  Voluntary Exclusion.    FTA requires third party contractors to submit this certificate to the grantee. In addition, any subcontractor doing work  valued at $25,000 or more is required to submit this certificate to SLO TRANSIT.    Form 2.       Certification of Restrictions on Lobbying    FTA requires that each third party contractor submit this certification to the grantee.  Any subcontractor doing work valued at  more than $100,000 is also required to submit a certification to the grantee.    Form 3.       Disclosure of Lobbying Activities.    Any third party contractor or subcontractor whose participation exceeds $100,000 and who is involved in lobbying activities  must submit this statement.    Form 4. Drug‐Free Workplace Act Certification. Form 5. Non‐ Collusive Affidavit  Form 6.       Eligible Bidder Certification    U. Worker’s Compensation Insurance Certification  The successful contractor shall be required to provide a “Worker’s Compensation Insurance Certification” before commencing  work.    V. Summary of Insurance & Indemnity Requirements  The specific insurance and indemnity requirements for any Agreement resulting from this solicitation are in Sections 7 and 9 of  the Draft Transit Operations Agreement. They are also provided below in their entirety for reference. A copy of these  requirements should be provided to any insurance broker or insurer of the prospective contractor to confirm compliance.      7. GENERAL AND VEHICLE INSURANCE    (a) Throughout the term of this Agreement, CONTRACTOR shall procure and maintain a comprehensive  general liability insurance policy providing no less than TEN MILLION DOLLARS ($10,000,000) per occurrence with a  total policy limit of no less thanTEN MILLION DOLLARS ($10,000,000) combined single limit bodily injury and property  damage coverage. Said policy shall include coverage for premises (specifically including dangerous condition of public  property as well as coverage for the facility and property provided by the CITY OF SAN LUIS OBISPO (CITY) for    CONTRACTOR’s use during the term of this contract, personal injury, and blanket contractual, but shall not include  coverage for vehicle liability and/or vehicle physical damage insurance (vehicle liability and vehicle damage insurance  shall be provided pursuant to Paragraph (b), below). CONTRACTOR shall name the CITY and each of its member  jurisdictions or other parties as required by CITY, including their officials, officers, employees and agents, as additional  insureds on said policy. CONTRACTOR shall cause such additional insureds to be added to its policy of insurance by way of  an endorsement which endorsement shall be a CG 20 10 11/85 or equivalent additional insured endorsement.   (The  ADDITIONAL INSURED ENDORSEMENT)   The ADDITIONAL INSURED ENDORSEMENT shall not be an omnibus  endorsement, but shall specifically and directly name each additional insured. Such ADDITIONAL INSURED  ENDORSEMENT  will explicitly include coverage for the additional insureds for both ongoing and completed operations  so long as the liability of an additional insured arises out of the work of the named insured, or so long as an additional  insured’s liability arises out  of  the  named  insured’s performance of this Agreement. The ADDITIONAL INSURED  ENDORSEMENT shall not contain any provisions which limit or restrict coverage for the additional insureds beyond the  extent set forth above. Any insurance carrier providing insurance called for in this section shall be from a California  admitted carrier and have a minimum rating of A.M. Best Rated A, or better. Any self‐insured retention shall be declared  by CONTRACTOR and approved in writing by CITY. With respect to any self‐insured retention, the coverage provided for  CITY, its member jurisdictions, and other parties required by SLO TRANSIT shall be equal and identical to the  coverage of the CONTRACTOR. CONTRACTOR shall provide written documentation to CITY that establishes that as to  any self‐insured retention, the additional insured parties shall have coverage to the same extent as the CONTRACTOR.  CONTRACTOR shall provide CITY with the ADDITIONAL INSURED ENDORSEMENTS required by this paragraph within thirty  (30) days of the Notice of Contract Award and, upon request, a copy of the entire policy of insurance. Such policy or policies  of insurance shall provide that they may not be cancelled without at least 30 days written notice to SLO TRANSIT.   CONTRACTOR shall provide CITY a  copy of the current policy of insurance and all endorsements, as well as  documentation for coverage under any self‐insured retention, within ten (10) days of receiving such a request from CITY.)    (b) CONTRACTOR shall provide CITY with vehicle liability insurance in the amount of TEN MILLION DOLLARS  ($10,000,000) per occurrence with a total policy limit of TEN MILLION DOLLARS ($10,000,000) combined single limit for  bodily injury and property damage. Coverage will also include collision and comprehensive physical damage with a  deductible not to exceed TEN THOUSAND DOLLARS ($10,000). Any deductible will be the responsibility of CONTRACTOR.  CONTRACTOR shall name CITY and each of the member jurisdictions, or other parties as required by SLO TRANSIT, including  their officers, employees and agents, as additional insured on said policy and shall furnish CITY with evidence of insurance within  30 days of the notice of contract award. Such policy or policies shall provide that they may not be cancelled without at least  thirty (30) days written notice to CITY. CONTRACTOR shall provide CITY a copy of the current policy of insurance and all  endorsements within ten (10) days of receiving such a request from CITY.    (c) In case of damage, destruction or loss of any vehicle or equipment provided by CITY under the terms of this  agreement, CITY agrees that the liability of CONTRACTOR for said damage or destruction shall be limited to the fair market  value of the vehicle or equipment at the time of loss.    (d) During this agreement, CONTRACTOR shall maintain an appropriate Fidelity Bond or other security acceptable  to CITY providing protection up to the amount of FIFTY THOUSAND DOLLARS ($50,000.00) with respect to any one  occurrence of theft or other dishonest conduct by CONTRACTOR'S employees, officers or agents of CITY funds,  equipment or inventory other than vehicles.    In lieu of a Fidelity Bond, CONTRACTOR may provide SLO TRANSIT with an irrevocable and absolute Letter of Credit in the form  set out in Exhibit D attached hereto and incorporated herein.    SLO TRANSIT shall be entitled to draw upon the Letter of Credit to compensate it for all losses it sustains occasioned  by the theft or other misconduct of CONTRACTOR’s employees, officers or agents. CITY losses shall include its investigative  expenses, including the costs of its experts and attorneys, in addition to the value of the funds, equipment or property in  question. At the earliest practicable time, and not later than thirty (30) days after discovery by CITY of the loss, CITY  shall give CONTRACTOR written notice of such discovery. CONTRACTOR shall have thirty (30) days to directly reimburse  such loss to CITY. With appropriate notice, CONTRACTOR shall be provided a reasonable time to investigate the loss.  CONTRACTOR’s responsibility to reimburse CITY for the loss shall be to the full extent of such loss and shall not be limited to  FIFTY THOUSAND DOLLARS. CONTRACTOR reserves the right to dispute the value of the loss.  In the event that CONTRACTOR  has not reimbursed the loss within said thirty (30) days, CITY may draw against the Letter of Credit to recover its loss and, as  stated above, if the Letter of Credit is insufficient to fully compensate CITY, CONTRACTOR shall remain obligated to  compensate CITY to the full extent of its loss.    When a loss is alleged to have been caused the theft, fraud or other dishonesty of any one or more of CONTRACTOR’s  employees, officers, or agents, but CITY is unable to designate the specific person causing such loss, CITY shall have the benefit  of the Letter of Credit provided that the evidence submitted reasonably establishes that the loss was in fact due to the fraud  or dishonesty of one or more such persons.    Presentation of the Letter of Credit shall be required either electronically or not more than fifty (50) miles from San Luis  Obispo, California.    Notice shall be delivered in accordance with Section 25 of this Agreement.    Not less than thirty (30) days after CITY has drawn against the letter of credit, CONTRACTOR shall deposit funds sufficient  to restore the letter of credit to the original amount thereof.    In lieu of a Fidelity Bond or Letter of Credit, CONTRACTOR may provide CITY with a cash deposit of FIFTY THOUSAND  DOLLARS which shall be held without payment of interest by CITY and CITY shall be entitled to draw upon the deposit in  the same manner and for the same purposes as regarding the above described Letter of Credit.  Not less than thirty (30)  Days after CITY has drawn against the cash deposit, CONTRACTOR shall restore the cash deposit to the original amount  thereof. The cash deposit shall be held by CITY during the term of the Agreement. Within thirty (30) days of termination  or expiration of the Agreement, CITY shall return the cash deposit to CONTRACTOR, less any amount used by CITY  pursuant to this Agreement.    (e) Should, at any time, any of the insurance policies required by this Agreement be unsatisfactory to CITY, at  its sole discretion, CONTRACTOR shall promptly obtain a new policy, submit the same to CITY. Upon failure of  CONTRACTOR to furnish, deliver or maintain any insurance and endorsements as required by this Agreement, at the  election of CITY, this Agreement may be immediately terminated as provided herein. Failure of CONTRACTOR to  obtain and maintain any required insurance shall not relieve CONTRACTOR of  any  liability  under  this  Agreement  (and   CONTRACTOR  may  be  answerable  to CITY for damages or any other remedy on account of such breach) nor shall the  insurance requirements be construed to conflict with or otherwise limit the obligations of CONTRACTOR concerning  indemnification.    (f) All insurance provided by CONTRACTOR shall be primary and any insurance or self‐ insurance maintained by  CITY shall be excess of CONTRACTOR's insurance and shall not contribute to it.    (g) CONTRACTOR’s failure to provide the insurance required by this section, or CONTRACTOR’s submission of  insurance policies, endorsements and other documentation (whether or not such documentation is “accepted” by CITY)  shall not waive or satisfy the CONTRACTOR’s obligation to provide CITY with the insurance required by this Agreement if  it has failed to do so. Should CONTRACTOR fail to provide insurance in the form and amount specified by this  Agreement, CONTRACTOR shall be directly liable to CITY to provide it with both a defense and indemnity for any losses  which CITY incurs to the extent such losses would have been covered by insurance as is specified in this Agreement.  Notwithstanding the above, CONTRACTOR shall not be required to indemnify CITY from loss or liability to the extent such  loss or liability arises from the sole negligence or willful misconduct of CITY, its agents, directors and employees, at such  time that such sole negligence or willful misconduct has been finally determined by a court of competent jurisdiction.    (h) It shall be a requirement under this Agreement that any available insurance proceeds broader than or in  excess of the specified minimum insurance coverage requirements as set forth above and/or limits shall be available to  the additional insured. Furthermore, the requirements for coverage and limits shall be (1) the minimum coverage and limits  specified in this Agreement; or (2) the broader coverage and limits of coverage of any insurance policy or proceeds  available to the named insured, whichever is greater. The defense and indemnifications of this Agreement are  undertaken in addition to, and shall not in any way be limited by, the insurance obligations contained in this Agreement. All  deductibles and self‐insured retentions (SIR) must be disclosed to CITY for approval and shall not reduce the limits of the  liability. Policies containing any SIR provision shall provide, or be endorsed to provide, that the SIR may be satisfied by  either the named insured or CITY. CITY reserves the right to obtain a full certified copy of any insurance policy and  endorsement coverage under this Agreement. Failure to exercise this right shall not constitute a waiver of the right to  exercise it later.    9. INDEMNIFICATION    To the fullest extend allowed by law, CONTRACTOR shall indemnify and hold CITY(and City of San Luis Obispo)  and its representative officials, officers, directors, employees and agents free and harmless from and against any and all  claims, suits, liens, demands, damages, injuries, liabilities, losses and expenses of any kind, including reasonable fees of  attorneys and expert witnesses, to the extent they arise out of or are in any way connected with the performance  of this Agreement by CITY, its agents, directors or employees, or by CONTRACTOR, its agents, directors or employees,  whether such claims, liens, demands, damages, losses or expenses are based upon a contract or upon a claim for  personal injury, death or property damage or upon any other legal or equitable theory whatsoever.    CONTRACTOR agrees, at its own expense and upon written request by CITY, to defend any claim, suit, action or demand  brought against CITY on any injury, loss or liability, actual or alleged, covered herein. Notwithstanding this defense  obligation, CONTRACTOR shall not be required to indemnify CITY from loss or liability to the extent such loss or liability arises  from the sole proven negligence or willful misconduct of CITY, its agents, directors and employees, at such time that  such sole negligence or willful misconduct has been finally determined by a court of competent jurisdiction. CONTRACTOR  shall provide CITY with a defense until such determination has been made (i.e. until a court of competent jurisdiction  has determined that the loss or liability arises from the sole negligence or willful misconduct of CITY, CONTRACTOR shall  provide a defense as to such loss or liability). CONTRACTOR’s indemnity obligations survive termination of this Agreement.  ATTACHMENT 1    SLO TRANSIT PROPOSAL QUESTIONNAIRE    Submitted proposals must respond to each of the following questions in the order presented. Proposals that do not address  each question may be considered non‐responsive and rejected. Responses must be submitted on paper separate from this  questionnaire. Where a tabular format for an answer is specified, the proposer must provide a response for each column and  row heading and may use the term "Not Applicable" where appropriate. Proposers should note that the Scope of Work contains  minimum requirements for some areas which proposer is required to address in this questionnaire. Submittals not addressing  such minimum requirements may be considered non‐responsive and rejected.    A. Experience and Qualifications    1. Provide a statement of your firm's organizational structure, experience, history, legal status (i.e., partnership,  corporation, etc.), capabilities, financial solvency, list of owners and officers, and management philosophy.    2. List any recent relevant experience that your firm has providing and/or managing publicly funded fixed route,  demand‐response and commuter services. For each system, list dates of service, annual vehicle service hours,  number of revenue vehicles, number of annual passengers, and the name and telephone number of responsible  individuals who can verify service. Attach additional descriptive material, if necessary; however, the following  information must be included at a minimum. Reference checks will be made from the list provided.    System Number of  Name & Dates of Type of Annual Revenue Annual Contact Phone Address Service  Service VSH's Vehicles   Passengers  Name Number    3. Submit any certifications, as appropriate, that the proposing firm or any subcontractor is a Disadvantaged Business  Enterprise (DBE).    4. Attach financial statements (last year‐end income statement and balance sheet and most current interim income  statement) in the following descending order of preference:    (a.) Statements audited by a certified public accountant (CPA) or government auditing agency or 10K Report.    (b.)       CPA‐reviewed statements    (Information on the firm's financial status will be withheld from public review if submitted under separate cover  with a request for confidentiality unless a court of competent jurisdiction orders disclosure.)    5. Are there past, current or pending financial/legal issues that might jeopardize your firm's ability to provide services  per the requirements of the attached agreement at the prices quoted by you for the term? (Answer "yes" or "no". If the  answer is "yes", give details.)    6. Has your firm applied for credit protection under any bankruptcy proceedings over the past five years? (Answer  "yes" or "no". If the answer is "yes", give details.)    7. Has any public transit operator, since July 1, 2010, terminated a contract with your firm prior to the contract's intended  expiration date? Your response must state yes or no. If the answer is yes, the following information must be provided  for each contract termination.    (a.) Transit operator name and address    (b.) Name and telephone number of the primary contract administrator for said transit operator. (c.)  Explanatory information.  8. Indicate additional resources possessed by your firm which would be available (with or without cost) for SLO TRANSIT to  draw upon should the use of such resources be considered by SLO TRANSIT to be of benefit to the system.    B. Personnel    1. Submit the names, qualifications and availability for the candidates for General Manager, Operations Manager,  Maintenance Manager and any other responsible senior management employees. Indicate the name and  qualifications of the individual proposed to conduct training and safety activities. Generally describe the other  personnel who will participate in the performance of this contract, such as years of experience, skill and availability.  Names of management personnel being proposed shall be kept confidential if requested.    2. Describe how the proposed operation would be organized. An organization chart must be attached indicating all job  classifications in the organization and the number of employees (split between full‐ time and part‐time) which would be  used in each job classification. Provide a brief description of the duties of each position. Provide any information on the  firm's personnel or management approach that would assist in determining the quality of the proposed organizational  approach.    3. For each job classification shown in the organization chart submitted above, list the proposed wage scale include both  training and starting wages, if different. Include any budgeted step increases, cost of living adjustments and/or wage  scale increases and the time period between such increases. In addition, use the following format to show the average  wage scale used to develop the proposal budget.     Average Hourly Wage Classification  Job Number of  Positions  Total Labor  Hours  Year #1 Year #2 Year #3 Year #4                4. Please describe the proposed fringe benefit package in detail including a description of each benefit to be provided  including, but not limited to the availability and value of such potential items as vacation; sick leave; holidays; and,  health coverage such as medical, dental, vision and disability. This description must include the dollar value of such  benefits; the employee cost or percentage share of those costs; the positions to which they apply; minimum employee  eligibility requirements; whether it is employee‐only or full dependent coverage; the specific coverage description; and,  how long an employee must wait to begin receiving the benefit. The above list of possible benefits is for illustration  purposes only and is not intended to prescribe the type or value of the benefits to be provided to any or all project  employees. This level of detail, however, is essential for the fair and complete evaluation of the proposals received.    5. What is your firm's intention regarding the use of the current contractor's employees subject to the provisions of  California Labor Code Sections 1070‐1074?    In accordance with applicable State Labor Codes, SLO TRANSIT shall give a 10 percent preference to any bidder who  agrees to retain the employees of the prior contractor or subcontractor for a period of not less than 90 days. Information  including the current number of employees, wages, benefit levels, and job classifications of employees performing  services under the existing contract shall be made available upon request to any entity that the awarding SLO  TRANSIT has identified as a bona fide bidder.    To receive this preference, the successful contractor or subcontractor shall make a written offer of employment to  each employee to be rehired. That offer shall state the time within which the employee must accept that offer, but  in no case less than 10 days. Nothing in this section requires the successor contractor or subcontractor to pay the  same wages or offer the same benefits provided by the prior contractor or subcontractor.    C. Operational Approach    1. Provide an overview of your start‐up approach and transition plan from the existing contractor to the new contractor  and attach an implementation schedule outlining the steps to be taken up to the point of the beginning of the operation  of the service. This transition plan must demonstrate that the proposer has thoroughly considered all that needs to be  done to transition to the new contract with minimal service disruption and minimal assistance from SLO TRANSIT staff.   The startup plan is to assume that the contract is awarded on May 3, 2016 and that the first day of service under the  new contract will be July 1, 2016.    2. In three pages or less, outline the proposed driver training and safety program for new drivers and the retraining  program for veteran drivers.  Include an outline of the topics covered; the time devoted to each; number of classroom  hours; number of behind‐the‐wheel hours with trainers; number of driving hours in regular service with a trainer or  instructor; and, the amount of time devoted to customer relations and sensitivity training.     3. Submit a brief description of the training program for dispatchers and telephone receptionists including an outline  of topics covered and time devoted to each topic. The description must address customer relations and sensitivity training  in addition to other topics that might be covered.    4. Submit a description of the scheduling, dispatching and public information process proposed for SLO TRANSIT’s  services. Describe the proposed public information hours and the minimum staffing levels to be maintained during this  period.    5. Using one page or less, describe your proposed method of dispatching. Include a description of any relevant experience  with any program being proposed such as a computer reservation, computer assisted or fully automated dispatching  system.    6. Describe your firm's proposed program to accommodate driver "no shows", absenteeism, vacations and turnover of  employees. What assurance does SLO TRANSIT have that drivers will always be available as needed?    7. Describe how your firm would monitor the quality of the service provided under this contract.    8. Describe the proposed Management Information System that will be used to report operational and financial data  including the necessary fixed route under the National Transit Database system as required in the "Scope of Work".    D. Maintenance, Safety and Insurance    1. Describe your firm's proposed vehicle maintenance services and repair program including inspection schedules, staffing  levels (by classification), and repair capabilities, cleaning and washing schedules.    2. Describe in detail your firm's proposed Preventive Maintenance and Inspection (PMI) program for all buses, trollies,  general purpose vehicles, generators and fork‐lift components and equipment used in transit service. Attach examples  of the proposed documents to be used in the PMI program. Description of PMI program should include both mileage  and time intervals.    3. Has your firm, or a system managed by principals from your firm, received an "unsatisfactory" rating from a law  enforcement or other regulatory agency during the past three (3) years for maintenance, records or facility deficiencies  or public fixed route? If the answer is "yes", state specifically what happened, the circumstances, what remedial  measures were taken to correct the problem and any other pertinent details.    4. Has your firm, or a public transit system managed by principals from your firm, been cited, fined, or ordered to stop  operations at any time over the past seven (7) years from any regulatory agency for improper maintenance, CHP  inspection failure or for accidents caused by improper maintenance. If the answer is "yes", state specifically what  happened, the circumstances, what remedial measures were taken to correct the problem and any other pertinent  details.    5. Provide 3 comparable (size of operation) examples and List the number of total vehicle miles between preventable  collision accidents for systems operated by your firm during each of the past three consecutive years.     6. Are there any recent, current or pending litigation involving public transit services operated by your firm due to  accidents involving death or serious injury? ("Recent" shall be defined as any judgment entered or settlement reached  within the past three years which resulted in a dismissal of a lawsuit.) If the answer is "yes", give details, to the extent  allowed, including court and number of each case.    7. Provide a detailed statement indicating the proposed insurance program by type, dollar amount, deductible levels  and the method of cost calculation being careful to note the unique insurance provisions of the attached Draft Transit  Operations Agreement or as outlined in this RFP.    E. Miscellaneous Requirements    1. Provide the proposed cost per vehicle service hour for extra services, as defined in the draft agreement, for each year of  the proposed agreement.    2. Describe the amount and method of calculation for early payment discounts if any are being offered. Proposers should  note the standard invoice and payment schedule contained in the draft agreement in responding to this question.    3. Please list and price any other items you propose to offer as an option in addition to the items required by this RFP,  the Draft Agreement and the Scope of Work.    4. Briefly summarize why you consider your firm to be the best qualified to perform this contract indicating any new  or creative ideas or details not mentioned earlier that would provide SLO TRANSIT with a high quality, safe, efficient and  responsive transit operation.    5. Complete and submit Attachment 3 entitled Proposal Cost Form    6. Complete and submit the required proposal and contractor certifications found in Attachment 4.    7.  Provide the name of the firm's contact person, address, telephone number, facsimile (FAX) number and e‐mail address.    ASSURANCE OF ABILITY TO PERFORM: SLO TRANSIT may require parties submitting proposals to supply additional  information concerning such parties' ability to perform under this contract. Failure to supply any such additional information  upon timely request shall be cause to reject the proposal.     ATTACHMENT 2    SLO TRANSIT  CURRENT LABOR AND BENEFIT INFORMATION  (Projected as of December 1, 2015)        NUMBER OF  EMPLOYEES   HOURLY WAGE PT FT*  UNION  DRIVERS:  Training Wage $10.00    0 – 12 Months $13.42  3  13 – 24 Months $14.32  5  25 – 36 Months $15.33 1 3  37 – 48 Months $16.15 2 1  49 – 60 Months $16.85 1 2  Over 60 Months $17.43 4 8       NON‐UNION  DISPATCHER:   $15.29 1    15.41  2   17.59  1   17.64  1  ROAD SUPERVISOR: $17.00  1  CLERK OFFICE: $16.65 1   TECHNICIAN II: $22.90  1  SERVICE EMPLOYEE: $12.00 3   $12.80 1     *Full Time = 40+ hours/week    BENEFITS (Available to Union Employees):    The following leave categories are available on an annual, nonaccrual basis:   Seven (7) paid holidays   Three (3) sick days   One (1) personal day    Vacation   One (1) week after one (1) year of employment   Two (2) weeks after two (2) years of employment   Three (3) weeks after five (5) years of employment   Four (4) weeks after ten (10) years of employment    Medical Insurance  The Company will make available group medical insurance to each full‐time and part‐time employee on the first of the month  following 30 days of employment.  The Company will pay 78% of the premium for the plan level selected under the Company’s  PPO medical plan, or 70% of the premium toward the plan level selected under the EPO plan offered by the Company.  The  Company makes no guarantee that two plans will be available on or after October 1, 2012.  Rate adjustments are anticipated  each October 1 of the Agreement.      Dental Insurance  The Company will make available group dental insurance to each full‐time and part‐time, employee on the first of the month  following 30 days of employment.  The Company will pay 20% of the premium for the plan level selected under the Company’s  PPO dental plan only.  Employees may elect to participate in the HMO Dental plan with no Company contribution.  The  Company makes no guarantee that two plans will be available on or after October 1, 2012.  Rate adjustments are anticipated  each October 1 of the Agreement.      Life Insurance  The Company will provide $10,000 life insurance and $10,000 accidental death and dismemberment insurance to each full‐time  and part‐time employee who has completed his or her probationary period, and will pay 100% of the cost of such coverage.   Employees may elect to purchase higher amounts of coverage through the Company at the employee’s cost, according to the  premium amounts and increments offered by the Company.  In addition, the Company will provide $25,000 in coverage at no  cost to the employee, if the employee is fatally injured in a motor vehicle accident while wearing a seat belt.    Uniform Apparel and Supplies  The Company shall designate and approve, according to the Company’s policy, all appropriate uniform apparel and supplies  that shall be worn whenever an employee is on duty.  Upon successful completion of the training period, the Company shall  provide at no cost to the employee five shirts, five pants, one tie, one light weather jacket, and a safety vest.  Uniforms that are  worn out in the normal course of employment will be repaired or replaced at no cost to the employee.     The Company will provide each driver with a footwear allowance of up to $50.00 every 12 months to cover the cost of footwear  required by the client.  The footwear allowance will only be paid to new hire employees after 6 months of employment.  The  Company will only provide the footwear allowance after the employee submits the receipt to management and management  approves the style of footwear purchased.  The employee will be responsible to pay any cost above the $50.00 allowance.      BENEFITS (Available to Non‐Union Employees):  Non Union employees have the same medical and uniform benefit as Union employees.  Mechanics receive $50.00 per year for Shoe allowance.  Mechanics receive $0.15 per hour pay increase for each ASE.           ATTACHMENT 3    SLO TRANSIT PROPOSAL COST FORM     Budget Elements Year   One  Year   Two  Year   Three  Year   Four  Office Expenses:      Site Manager Wages $_______ $_______ $_______ $ _______  Site Manager Benefits _______ _______ _______ _______  Operations Supervisor Wages  _______ _______ _______  Operations Supervisor Benefits  _______ _______ _______  Non‐Revenue Vehicles     Insurance:   _______ _______ _______  Materials and Supplies _______ _______ _______ _______  Telecommunications _______ _______ _______ _______  Other (Identify): _______ _______ _______ _______  _________________________ _______ _______ _______ _______  _________________________ _______ _______ _______ _______  _________________________ _______ _______ _______ _______        Subtotal $_______ $_______ $_______ $ _______        Operating Expenses: $_______ $_______ $_______ $ _______  Trainer Wages _______ _______ _______ _______  Trainer Benefits _______ _______ _______ _______  Driver Wages _______ _______ _______ _______  Driver Benefits _______ _______ _______ _______  Physical/Drug Tests _______ _______ _______ _______  Materials & Supplies _______ _______ _______ _______  Uniforms _______ _______ _______ _______  Other (Identify): _______ _______ _______ _______  _________________________ _______ _______ _______ _______  _________________________ _______ _______ _______ _______  _________________________ _______ _______ _______ _______        Subtotal $_______ $_______ $_______ $ _______        Maintenance Expenses:      Maintenance Manager Wages $_______ $_______ $_______ $ _______  Maintenance Manager Benefits  _______ _______ _______  Mechanic Wages _______ _______ _______ _______  Mechanic Benefits _______ _______ _______ _______  Other Maintenance Labor _______ _______ _______ _______  Other Maintenance Benefits  _______ _______ _______  Maintenance parts & Supplies  _______ _______ _______  Cleaning Supplies _______ _______ _______ _______  Lubricants & Fluids _______ _______ _______ _______  Materials & Supplies _______ _______ _______ _______  Other (Identify): _______ _______ _______ _______  _________________________ _______ _______ _______ _______  _________________________ _______ _______ _______ _______  _________________________ _______ _______ _______ _______        Subtotal $_______ $_______ $_______ $ _______                                         The above budget breakdown and the other attached materials represent an offer to do work as described in this proposal. It is  understood that this offer shall remain in effect for 90 days from the date set for opening proposals unless withdrawn pursuant to  the conditions of the subject RFP.    Name of Proposing Firm:    Signature: ____________________________ Date: __________________________    Person Authorized to Bind Proposing Firm        Signer’s Name: ____________________________    Title:       ____________________________           Other Expenses:      Start Up Costs      Performance Bond      Corporate Overhead & Support      Management Fee      Other (Identify)      _________________________      _________________________      _________________________            Subtotal $_______ $_______ $_______ $ _______        Operating & Maintenance Expense $_______ $_______ $_______ $ _______  Revenue Vehicle Insurance Expense $_______ $_______ $_______ $ _______  Monthly Fee (Fixed Costs) $_______ $_______ $_______ $ _______  Vehicles Service Hour Rate (Variable Costs) $_______ $_______ $_______ $ _______  Insurance Rate per Revenue Vehicles $_______ $_______ $_______ $ _______  ATTACHMENT 4    SLO TRANSIT FEDERAL PROPOSAL & CONTRACT CERTIFICATIONS    1. Certification of Lower Tier Participants Regarding Disbarment, Suspension, and Other Ineligibility and Voluntary Exclusion    2. Certification of Restrictions on Lobbying    3. Disclosure of Lobbying Activities    [No form is provided and this disclosure statement is required only from contractors or subcontractors whose  participation exceeds $100,000 and who is involved in lobbying activities.]    4. Drug‐Free Workplace Act Certification    5. Non‐Collusive Affidavit    6. Eligible Bidder Certification    7. Worker’s Compensation Insurance Certification     FORM 1    SLO TRANSIT  CERTIFICATION OF LOWER TIER PARTICIPANTS REGARDING DEBARMENT, SUSPENSION, AND OTHER  INELIGIBILITY AND VOLUNTARY EXCLUSION        This certification is required by the regulations implementing Executive Order 12549, Debarment and Suspension, 29 CFR  Part 98, Section 98.510, Participants’ responsibilities. The regulations were published as Part VII of the May 26, 1988  Federal Register (pages 19160‐19211).    (BEFORE COMPLETING THIS CERTIFICATION, READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS WHICH ARE AN INTEGRAL  PART OF THE CERTIFICATION)    (1) The prospective recipient of Federal assistance funds certifies, by submission of this proposal, that neither it nor  its principals are presently debarred, suspended, proposed for debarment, declared ineligible, or voluntarily  excluded from participation in this transaction by any Federal department or agency.    (2) Where the prospective recipient of Federal assistance funds is unable to certify to any of the statements in this  certification, such prospective participant shall attach an explanation to this proposal.          Name and Title of Authorized Representative         Signature         Date       SLO TRANSIT INSTRUCTIONS FOR FORM 1    1. By signing and submitting this proposal, the prospective recipient of Federal assistance funds is providing the  certification as set out below.    2. The certification in this class is a material representation of fact upon which reliance was placed when this transaction  was entered into. If it is later determined that the prospective recipient of Federal assistance funds knowingly rendered  an erroneous certification, in addition to other remedies available to the Federal Government, the Department of Labor  (DOL) may pursue available remedies, including suspension and/or debarment.    3. The prospective recipient of Federal assistance funds shall provide immediate written notice to the person to whom the  proposal is submitted if at any time the prospective recipient of Federal assistance funds learns that its certification was  erroneous when submitted or has become erroneous by reason of changed circumstances.    4. The terms “covered transaction”, “debarred”, “suspended”, “ineligible”, “lower tier covered transaction”, “participant”,  “person”, “primary covered transaction”, “principal”, “proposal” and “voluntarily excluded”, as used in this clause, have  the meanings set out in Definitions and Coverage sections of rules implementing Executive Order 12549. You may  contact the person to which this proposal is submitted for assistance in obtaining a copy of those regulations.    5. The prospective recipient of Federal assistance funds agrees by submitting this proposal that, should the proposed  covered transaction be entered into, it shall not knowingly enter into any lower tier covered transaction with a person  who is debarred, suspended, declared ineligible, or voluntarily excluded from participation in this covered transaction,  unless authorized by the DOL.    6. The prospective recipient of Federal assistance funds further agrees by submitting this proposal that it will include the  clause titled “Certification Regarding Debarment, Suspension, Ineligibility and Voluntary Exclusion – Lower Tier Covered  Transactions,” without modification, in all lower tier covered transactions and in all solicitations for lower tier covered  transactions.    7. A participant in a covered transaction may rely upon a certification of prospective participant in a lower tier covered  transaction that is not debarred, suspended, ineligible, or voluntarily excluded from the covered transaction, unless it  knows that the certification is erroneous. A participant may decide the method and frequency by which it determines  the eligibility of its principals. Each participant may, but is not required to check the List of Parties Excluded from  Procurement of Non‐procurement Programs.    8. Nothing contained in the foregoing shall be construed to require establishment of a system of records  in order to render in good faith the certification required by this clause. The knowledge and information of a participant  is not required to exceed that which is normally possessed by a prudent person in the ordinary course of business  dealings.    9. Except for transactions authorized under paragraph 5 of these instructions, if a participant in a covered transaction  knowingly enters into a lower tier covered transaction with a person who is suspended, debarred, ineligible, or  voluntarily excluded from participation in this transaction, in addition to the other remedies available to the Federal  Government, the DOL may pursue available remedies, including suspension and/or debarment.         FORM 2  SLO TRANSIT CERTIFICATION REGARDING  LOBBYING    The undersigned certifies, to the best of his or her knowledge and belief, that:    (1) No Federal appropriated funds have been paid or will be paid, by or on behalf of the undersigned, to any person for  influencing or attempting to influence an officer or employee of an agency, a Member of Congress, an officer or employee of  Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with the awarding of any Federal contract, the making of  any Federal grant, the making of any Federal loan, the entering into of any cooperative agreement, and the extension,  continuation, renewal, amendment, or modification of any Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement.    (2) If any funds other than Federal appropriated funds have been paid or will be paid to any person for making lobbying  contacts to an officer or employee of any agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an  employee of a Member of Congress in connection with this Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement, the  undersigned shall complete and submit Standard Form‐‐LLL, "Disclosure Form to Report Lobbying," in accordance with its  instructions [as amended by "Government wide Guidance for New Restrictions on Lobbying," 61 Fed. Reg. 1413 (1/19/96).  Note: Language in paragraph (2) herein has been modified in accordance with Section 10 of the Lobbying Disclosure Act of  1995 (P.L. 104‐65, to be codified at 2 U.S.C. 1601, et seq .)]    (3) The undersigned shall require that the language of this certification be included in the award documents for all sub‐awards  at all tiers (including subcontracts, sub‐grants, and contracts under grants, loans, and cooperative agreements) and that all  sub‐recipients shall certify and disclose accordingly.    This certification is a material representation of fact upon which reliance was placed when this transaction was made or entered  into. Submission of this certification is a prerequisite for making or entering into this transaction imposed by 31, U.S.C. A 1352  (as amended by the Lobbying Disclosure Act of 1995). Any person who fails to file the required certification shall be subject to a  civil penalty of not less than $10,000 and not more than $100,000 for each such failure.    [Note: Pursuant to 31 U.S.C. A 1352(c)(1)‐(2)(A), any person who makes a prohibited expenditure or fails to file or amend a  required certification or disclosure form shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000 and not more than $100,000  for each such expenditure or failure.]    The Contractor, ______________________, certifies or affirms the truthfulness and accuracy of each statement of its  certification and disclosure, if any. In addition, the Bidder understands and agrees that the provisions of 31 U.S.C. A 3801, et  seq., apply to this certification and disclosure, if any.    Signature of Contractor’s Authorized Official:    Name and Title of Contractor’s Authorized Official:     Date:           FORM 3  SLO TRANSIT  DISCLOSURE OF LOBBYING ACTIVITIES         INSTRUCTIONS FOR COMPLETION OF SF‐LLL, DISCLOSURE OF LOBBYING | Cover    INSTRUCTIONS FOR COMPLETION OF SF‐LLL, DISCLOSURE OF LOBBYING  ACTIVITIES  This disclosure form shall be completed by the reporting entity, whether subawardee or prime Federal  recipient, at the initiation or receipt of a covered Federal action, or a material change to a previous filing,  pursuant to title 31 U.S.C. section 1352. The filing of a form is required for each payment or agreement to  make payment to any lobbying entity for influencing or attempting to influence an officer or employee of  any agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of  Congress in connection with a covered Federal action. Complete all items that apply for both the initial filing  and material change report. Refer to the implementing guidance published by the Office of  Management and Budget for additional information.    1. Identify the type of covered Federal action for which lobbying activity is and/or has been secured  to influence the outcome of a covered Federal action.    2. Identify the status of the covered Federal action.    3. Identify the appropriate classification of this report. If  this is a follow up report caused by a  material change to the information previously reported, enter the year and quarter in which the  change occurred. Enter the date of the last previously submitted report by this reporting entity  for this covered Federal action.    4. Enter the full name, address, city, State and zip code of the reporting entity. Include Congressional  District, if known. Check the appropriate classification of the reporting entity that designates if it  is, or expects to be, a prime or subaward recipient. Identify the tier of the subawardee, e.g., the  first subawardee of the prime is the 1st tier. Subawards include but are not limited to  subcontracts, subgrants and contract awards under grants.    5. If the organization filing the report in item 4 checks "Subawardee," then enter the full name,  address, city, State and zip code of the prime Federal recipient. Include Congressional District,  if known.    6. Enter the name of the Federal agency making the award or loan commitment. Include at least one  organizational level below agency name, if known. For example, Department of Transportation,  United States Coast Guard.    7. Enter the Federal program name or description for the covered Federal action (item 1). If known,  enter the full Catalog of Federal Domestic Assistance (CFDA) number for grants, cooperative  agreements, loans, and loan commitments.  slotransit.org     ACTIVITIES | Page 1      8. Enter the most appropriate Federal identifying number available for the Federal action  identified in Item 1 (e.g., Request for Proposal (RFP) number; Invitation  for Bid (IFB) number;  grant announcement number; the contract, grant, or loan award number; the  application/proposal control number assigned by the Federal agency). Include prefixes, e.g.,  "RFP‐DE‐90‐001."    9. For a covered Federal action where there has been an award or loan commitment by the  Federal agency, enter the Federal amount of the award/loan commitment for the prime entity  identified in item 4 or 5.    10. (a) Enter the full name, address, city, Stata and zip code of the lobbying registrant under the  Lobbying Disclosure Act of 1995 engaged by the reporting entity identified in item 4 to  influence the covered Federal action.    (b) Enter the full names of the individual(s) performing services, and include full address if  different from 10 (a). Enter Last Name, First Name, and Middle initial (Ml).    11. The certifying official shall sign and date the form, print his/her name, title, and telephone  number.            slotransit.org     ACTIVITIES | Page 2      FORM 4  SLO TRANSIT  DRUG‐FREE WORKPLACE CERTIFICATION      COMPANY/ORGANIZATION NAME:    The contractor named above hereby certifies compliance with Government Code Section 8355 in matters  relating to providing a drug‐free workplace. The above named contractor will:    1. Publish a statement notifying employees that unlawful manufacture, distribution, dispensation,  possession, or use of a controlled substance is prohibited and specifying actions to be taken  against employees for violations, as required by Government Code Section 8355 (a).    2. Establish a Drug‐Free Awareness Program as required by Government Code Section 8355 (a)(1)(B),  to inform employees about all the following:    (a) The dangers of drug abuse in the workplace,    (b) The person’s or organization’s policy of maintaining a drug‐free workplace,    (c) Any available counseling, rehabilitation and employee assistance programs, and    (d) Penalties that may be imposed upon employees for drug abuse violations.    3. Provide as required by Government Code Section 8355 (a)(1)(C), that every employee who works  on the proposed contract:    (a) Will receive a copy of the company’s drug‐free policy statement, and    (b) Will agree to abide by the terms of the company’s statement as a condition of  employment on the contract.    CERTIFICATION  I, the official named below, hereby swear that I am duly authorized legally to bind the contractor to the  above described certification. I am fully aware that this certification, executed on the date and in the  county below, is made under penalty of perjury under the laws of the State of California.    OFFICIAL’S NAME:  DATE EXECUTED:    EXECUTED IN THE COUNTY OF:    CONTRACTOR SIGNATURE:  TITLE:       FEDERAL I.D. NUMBER   slotransit.org     ACTIVITIES | Page 3    FORM 5  SLO TRANSIT  NON‐COLLUSIVE AFFIDAVIT    STATE OF  COUNTY OF  Being first duly sworn, deposes and says:  That he is _____________________________  of the firm of _____________(Firm Name)________    the party making the foregoing Bid, that such Bid is genuine and not collusive or sham; that said bidder has not  colluded, conspired, connived, or agreed, directly or indirectly, with any bidder or person, to put in a sham Bid or  to refrain from bidding, and has not in any manner, directly or indirectly, sought by agreement or collusion,  or communication or conference, with any person, to fix the Bid price of affiant or of any other proposer, or  to fix any overhead, profit or cost element of said Bid price, or of that of any other proposer, or to secure any  advantage against SLO TRANSIT or any person interested in the proposed contract; and that all statements in  said Bid are true.    That neither any officer, director or employee of SLO TRANSIT is in any manner interested, directly or indirectly, in  the Bid to which this Non‐Collusive Affidavit is attached, nor in the Contract which may be made pursuant to said  Bid, nor in any expected profits which may arise therefrom.    Dated:        ______________________________            Name of Bidder  Official Address:    ___________________________________   By  ___________________________________   Title    Subscribed and sworn to before me this ___________ day of _________________________, 2016.            By          Notary Public    My Commission Expires:     slotransit.org     ACTIVITIES | Page 4    FORM 6  SLO TRANSIT ELIGIBLE BIDDER  CERTIFICATION    This contract is a covered transaction for purposes of 49 CFR Part 29. As such, the contractor is required to  verify that none of the contractor, its principals, as defined at 49 CFR 29.995, or affiliates, as defined at 49 CFR  29.905, are excluded or disqualified as defined at 49 CFR 29.940 and 29.945.    The contractor is required to comply with 49 CFR 29, Subpart C and must include the requirement to  comply with 49 CFR 29, Subpart C in any lower tier covered transaction it enters into.    By signing and submitting its bid or proposal, the bidder or proposer hereby certifies that they are not on the  Comptroller General of the United States of America list of ineligible bidders.    The certification in this clause is a material representation of fact relied upon by SLO TRANSIT. If is later  determined that the bidder or proposer knowingly rendered an erroneous certification, in addition to remedies  available to SLO TRANSIT, the Federal Government may pursue available remedies, including but not limited to  suspension and/or debarment. The bidder or proposer agrees to comply with the requirements of 49 CFR 29,  Subpart C while this offer is valid and throughout the period of any contract that may arise from this offer. The  bidder or proposer further agrees to include a provision requiring such compliance in its lower tier covered  transactions.    Date               Name of Bidder/Proposer      By      Title      By      Title      Official Address             slotransit.org     ACTIVITIES | Page 5        FORM 7  SLO TRANSIT WORKER’S COMPENSATION  INSURANCE CERTIFICATION    The Contractor shall secure the payment of Workmen’s Compensation to its employees in accordance  with the provisions of Section 3700 of the California Labor Code and shall furnish SLO TRANSIT with a  certificate evidencing such coverage together with verification thereof as follows:    “I am aware of the provisions of Section 3700 of the Labor Code which require every employer to be  insured against liability for Workmen’s Compensation or to undertake self‐insurance in accordance with the  provisions of that code, and I will comply with such provisions before commencing the performance of the  work of this Contract.”           Signed (Contractor) Date       Print Name and Title     slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 6      Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft)    SLO TRANSIT, City of San Luis Obispo    TRANSIT OPERATIONS AGREEMENT  BETWEEN SLO TRANSIT AND CONTRACTOR    PART TWO: OPERATIONS AND MAINTENANCE AGREEMENT (DRAFT) ............................................................ 6  1. Purpose of Agreement ......................................................................................................................................... 9  2. Term of Agreement .............................................................................................................................................. 9  3. Scope of Work ................................................................................................................................................... 10  4. Maximum Obligation ......................................................................................................................................... 10  5. Price Formula ..................................................................................................................................................... 10  6. Extra Services. .................................................................................................................................................... 11  7. General and Vehicles Insurance .......................................................................................................................... 11  8. Worker’s Compensation ..................................................................................................................................... 14  9. Indemnification ................................................................................................................................................. 14  10. Performance Bond ............................................................................................................................................. 15  11. Invoices ............................................................................................................................................................. 15  12. Payment ............................................................................................................................................................ 16  13. Operating Revenues ........................................................................................................................................... 16  14. Control .............................................................................................................................................................. 16  15. Contract Assignment .......................................................................................................................................... 16  16. Dispute Resolution ............................................................................................................................................. 16  17. Resolution of Federal Procurement Issues .......................................................................................................... 17  18. Stop Work .......................................................................................................................................................... 17  19. Termination for Default ..................................................................................................................................... 17  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 7    20. Termination for Convenience ............................................................................................................................. 18  21. Remedies on Breach (Waiver of Remedies) ........................................................................................................ 19  22. Rights Upon Termination Or Expiration And Waiver Of Claims ............................................................................ 19  23. Changes ............................................................................................................................................................. 19  24. Modification of Agreement ................................................................................................................................ 20  25. Notices .............................................................................................................................................................. 20  26. Proprietary Rights .............................................................................................................................................. 20  27. Force Majeure .................................................................................................................................................... 20  28. Information and Documents .............................................................................................................................. 21  29. Emergency Procedures ....................................................................................................................................... 21  30. Access to Records and Reports (Audit and Inspection) ........................................................................................ 21  31. Transfer of Title to Equipment ............................................................................................................................ 21  32. Transportation Data Reporting ........................................................................................................................... 22  33. Permits and Licenses .......................................................................................................................................... 22  34. Non‐Discrimination in Employment and Service ................................................................................................. 22  35. Labor Provisions ................................................................................................................................................. 23  36. Transit Employee Protective Agreements ........................................................................................................... 24  37. Access Requirements for Persons with Disabilities .............................................................................................. 24  38. Civil Rights ......................................................................................................................................................... 25  39. Disadvantaged Business Enterprise .................................................................................................................... 26  40. Drug and Alcohol Testing ................................................................................................................................... 26  41. Charter Service Operations ................................................................................................................................ 26  42. School Bus Operations ....................................................................................................................................... 27  43. Miscellaneous Provisions ................................................................................................................................... 27  44. Lobbying ............................................................................................................................................................ 29  45. Compliance with Federal, State, and Local Laws ................................................................................................. 30  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 8    46. Program Fraud and False or Fraudulent Statements Or Related Acts ................................................................... 30  47. Incorporation of Federal Transit Administration (FTA) Terms .............................................................................. 31  48. Privacy Act ......................................................................................................................................................... 31  49. Independent Contractor ..................................................................................................................................... 31  50. Transition to Future Operator ............................................................................................................................ 32  51. Severability ........................................................................................................................................................ 32  52. Precedence of Contract Documents .................................................................................................................... 32  53. Additional Terms ............................................................................................................................................... 32         slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 9      Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft)  SLO TRANSIT, City of San Luis Obispo    This AGREEMENT is made this _______ day of ________, 2016, by and between the CITY OF SAN LUIS OBISPO a  municipal corporation and charter city, hereinafter referred to as “CITY” and __________________, hereinafter referred  to as “CONTRACTOR.”  WITNESSED:    WHEREAS, on ________________, 2015, the City Council authorized the release of a Request for Proposals (RFP)  for the operation and maintenance of specified transportation services; and,     WHEREAS, CONTRACTOR submitted a proposal dated _________________, 2016 in response to the said RFP to  provide such services in the method and manner and for the costs set forth in the proposal, subsequent  clarifications and the "Best and Final Offer" dated     , 2016; and,    WHEREAS, CITY has determined that CONTRACTOR has the management and technical personnel,  expertise and other useful assets of sufficient quantity and quality to provide CITY’s transportation services;  and,    WHEREAS, the subject RFP is attached to this agreement as Exhibit B and CONTRACTOR's proposal  including the “Best and Final Offer” is attached as Exhibit C and both are by this reference made a part of this  agreement;    NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the parties do agree as follows:    1. Purpose of Agreement  CITY hereby contracts with CONTRACTOR to operate and maintain specified transportation services upon the  terms and conditions hereinafter set forth.    Term of Agreement     a. Term. Subject to the terms and conditions of this agreement, the term of this agreement shall be from  July 1, 2016 through and including June 30, 2020 with three (3) one‐year contract extension options as  indicated in Section 2.c.    b. Month‐to‐Month Extensions. Upon completion of the term of this agreement, including any option  term described below, CITY may, at its sole discretion, extend the term of this agreement on a month‐ to‐month basis up to a maximum of six (6) months. CITY shall notify CONTRACTOR of such extensions at  least thirty (30) days prior to the termination date of this agreement. The compensation rates in effect  during the last monthly period of the full term of this agreement or any option terms as applicable shall  remain in effect during any such extensions.  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 10      c. Option Terms. CITY, at its sole discretion, may extend this agreement for up to three option terms of  one year each for a maximum contract term, including the initial term, of four years (through June 30,  2020). If the CITY decides to consider exercising option term years, the price formulas for the extension  years shall be negotiated.  If the negotiation price formula are not advantageous to the CITY, the CITY  can have the contract go to back to RFP.    Scope of Work  CONTRACTOR shall provide the transportation services set forth in Exhibit A entitled "Scope of Work" attached  and by this reference made a part of this agreement. Such services shall continue to be provided by CONTRACTOR  until the "Scope of Work" is amended pursuant to the terms and conditions of this agreement.    Maximum Obligation  CITY agrees to pay CONTRACTOR in consideration for its services as described herein.    The maximum cost to be paid by CITY to CONTRACTOR shall not exceed $___________ in Year One;    $____________in Year Two; and, $____________ in Year Three based on the services specified in Exhibit A.    Price Formula  CITY  agrees  to  pay  CONTRACTOR  for  performance  of  the  services  set  forth  in  this agreement as follows:  a. Payment of a fixed hourly rate per vehicle service hour of $____________ in Year One;  $____________ in Year Two; $____________ in Year Four. A vehicle service hour is defined as on  vehicle providing passenger service for one hour during the service hours specified herein. A vehicle  service hour shall be deemed to have commenced when a vehicle leaves CITY’s Transit  Center (located at 990 Palm Street) to provide the services required herein and shall  not include any out‐of‐service vehicle time used for vehicle operator breaks or lunches. A  vehicle service hour shall terminate when a vehicle returns to CITY Transit Center prior to any  cleaning, servicing or fueling of the vehicle. The hourly rate shall include vehicle operator  wages, fringe benefits, indirect labor and all consumable material costs that can be tracked by  vehicle service hour such as vehicle maintenance parts and supplies including oil.     b. Payment of a fixed monthly rate of $____________ in Year One; $____________ in Year Two;  $____________ in Year Three; and $____________ in Year Four to compensate CONTRACTOR for all  work to be performed under this agreement as defined in Exhibit A, except that which is included  under Paragraph 5(a) and Paragraph 7 of this agreement including, but not limited to: vehicle  operator non‐service wages; management, controller and maintenance employee wages and said  employees fringe benefits and indirect labor costs; bus washing and cleaning supplies; uniforms;  report reproduction; office supplies; project telephones; all other related operational costs; and the  contract management fee.    c. Payment of a fixed monthly rate of $____________ in Year One; $____________ in Year Two;  $____________ in Year Three; and $____________ in Year Four for the cost incurred in providing all  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 11    vehicle and general liability insurance required under this agreement as such insurance is defined  in this agreement. This amount shall be in excess of the fixed monthly rate as defined herein. CITY  reserves the right, however, to alternatively secure all or part of the specified insurance coverage  through other means.    d. Compensation for those items and services provided by CITY and which are specified in Exhibit A  shall not be included in the hourly or monthly rates as defined above. Such items and services  include, but are not limited to diesel fuel and gasoline; tires; radios including connection fees and  service agreements; city owned vehicles; licenses for radios and vehicles; routine maintenance of  radios; major facility furnishings; telephone system, building security, office copy machine; all major  vehicle components which are engines,  transmissions,  differentials,  and  design  retrofits;  and,   office,  garage  and  parking  facilities.    Additionally, CITY shall provide all marketing, tickets, passes, brochures, and related collateral  service materials.      Extra Services  Special promotional and community services shall be considered extra services and will be provided only with the  authorization of CITY and the mutual consent of the CONTRACTOR. Such services shall be defined as those non‐ permanent service hours operated outside of the services identified in Exhibit A. Extra services shall be  considered a change to this agreement as defined herein and shall be in excess of the maximum price defined in  Paragraph 4.  The costs for extra services will be determined at a rate per vehicle service hours of $____________  in Year One; $____________ in Year Two; $____________ in Year Three; and $____________ in Year Four and  billed separately from the services specified in Exhibit A.    General and Vehicles Insurance  a. Throughout the term of this Agreement, CONTRACTOR shall procure and maintain a  comprehensive general liability insurance policy providing no less than TEN MILLION DOLLARS  ($10,000,000) per occurrence with a total policy limit of no less than TEN MILLION DOLLARS  ($10,000,000) combined single limit bodily injury and property damage coverage. Said policy  shall include coverage for premises (specifically including dangerous condition of public property  as well as coverage for the facility and property provided by CITY for  CONTRACTOR’s use during the  term of this contract), personal injury, and blanket contractual, but shall not include coverage for  vehicle liability and/or vehicle physical damage insurance (vehicle liability and vehicle damage  insurance shall be provided pursuant to Paragraph (b), below). CONTRACTOR shall name CITY  and each of its member jurisdictions or other parties as required by CITY, including their  officers, employees and agents, as additional insureds on said policy. CONTRACTOR shall cause such  additional insureds to be added to its policy of insurance by way of an endorsement which  endorsement shall be a CG 20 10 11/85 or equivalent additional insured endorsement.  (The  ADDITIONAL INSURED ENDORSEMENT) The ADDITIONAL INSURED ENDORSEMENT shall not be  an omnibus endorsement, but shall specifically and directly name each additional insured. Such  ADDITIONAL INSURED ENDORSEMENT will explicitly include coverage for the additional  insureds for both ongoing and completed operations so long as the liability of an additional  insured arises out of the work of the named insured, or so long as an additional insured’s liability  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 12    arises out of the named insured’s performance of this Agreement.  The ADDITIONAL INSURED  ENDORSEMENT shall not contain any provisions which limit or restrict coverage for the  additional insureds beyond the extent set forth above. Any insurance carrier providing insurance  called for in this section shall be from a California admitted carrier and have a minimum rating of A.M.  Best Rated A, or better. Any self‐insured retention shall be declared by CONTRACTOR and  approved in writing by CITY. With respect to any self‐insured retention, the coverage  provided for CITY, its member jurisdictions, and other parties required by CITY shall be equal  and identical to the coverage of the CONTRACTOR. CONTRACTOR shall provide written  documentation to CITY that establishes that as to any self‐insured retention, the additional  insured parties shall have coverage to the same extent as the CONTRACTOR. CONTRACTOR shall  provide CITY with the ADDITIONAL INSURED ENDORSEMENTS required by this paragraph within  thirty (30) days of the Notice of Contract Award and, upon request, a copy of the entire policy of  insurance. Such policy or policies of insurance shall provide that they may not be cancelled  without at least 30 days written notice to CITY. CONTRACTOR shall provide CITY a  copy of  the current policy of insurance and all endorsements, as well as documentation for coverage  under any self‐insured retention, within ten (10) days of receiving such a request from CITY).  b. CONTRACTOR shall provide CITY with vehicle liability insurance in the amount of TEN MILLION  DOLLARS ($10,000,000) per occurrence with a total policy limit of TEN MILLION DOLLARS  ($10,000,000) combined single limit for bodily injury and property damage. Coverage will also  include collision and comprehensive physical damage with a deductible not to exceed TEN  THOUSAND DOLLARS ($10,000). Any deductible will be the responsibility of CONTRACTOR.  CONTRACTOR shall name CITY and each of the member jurisdictions, or other parties as required  by CITY, including their officers, employees and agents, as additional insured on said policy and shall  furnish CITY with evidence of insurance within 30 days of the notice of contract award. Such policy  or policies shall provide that they may not be cancelled without at least thirty (30) days written  notice to CITY. CONTRACTOR shall provide CITY a  copy of the current policy of insurance and all  endorsements within ten (10) days of receiving such a request from CITY.    c. In case of damage, destruction or loss of any vehicle or equipment provided by CITY under  the terms of this agreement, CITY agrees that the liability of CONTRACTOR for said damage or  destruction shall be limited to the fair market value of the vehicle or equipment at the time of loss.    d. During this agreement, CONTRACTOR shall maintain an appropriate Fidelity Bond or other  security acceptable to CITY providing protection up to the amount of FIFTY THOUSAND  DOLLARS ($50,000.00) with respect to any one occurrence of theft or other dishonest conduct by  CONTRACTOR'S employees, officers or agents of CITY funds, equipment or inventory other than  vehicles.    In lieu of a Fidelity Bond, CONTRACTOR may provide CITY with an irrevocable and absolute Letter of  Credit in the form set out in Exhibit D attached hereto and incorporated herein.    CITY shall be entitled to draw upon the Letter of Credit to compensate it for all losses it sustains  occasioned by the theft or other misconduct of CONTRACTOR’s employees, officers or agents.  CITY’s losses shall include its investigative expenses, including the costs of its experts and attorneys, in  addition to the value of the funds, equipment or property in question. At the earliest practicable  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 13    time, and not later than thirty (30) days after discovery by CITY of the loss, CITY shall give  CONTRACTOR written notice of such discovery. CONTRACTOR shall have thirty (30) days to  directly reimburse such loss to CITY. With appropriate notice, CONTRACTOR shall be provided a  reasonable time to investigate the loss. CONTRACTOR’s responsibility to reimburse CITY for the  loss shall be to the full extent of such loss and shall not be limited to TWENTY‐FIVE THOUSAND  DOLLARS. CONTRACTOR reserves the right to dispute the value of the loss. In the event that  CONTRACTOR has not reimbursed the loss within said thirty (30) days, CITY may draw against the  Letter of Credit to recover its loss and, as stated above, if the Letter of Credit is insufficient to  fully compensate CITY, CONTRACTOR shall remain obligated to compensate CITY to the full extent of  its loss.    When a loss is alleged to have been caused the theft, fraud or other dishonesty of any one or  more of CONTRACTOR’s employees, officers, or agents, but CITY is unable to designate the specific  person causing such loss, CITY shall have the benefit of the Letter of Credit provided that the  evidence submitted reasonably establishes that the loss was in fact due to the fraud or dishonesty of  one or more such persons.    Presentation of the Letter of Credit shall be required either electronically or not more than fifty (50)  miles from San Luis Obispo, California.    Notice shall be delivered in accordance with Section 25 of this Agreement.    Not less than thirty (30) days after CITY has drawn against the letter of credit, CONTRACTOR shall  deposit funds sufficient to restore the letter of credit to the original amount thereof.    In lieu of a Fidelity Bond or Letter of Credit, CONTRACTOR may provide CITY with a cash  deposit of FIFTY THOUSAND DOLLARS which shall be held without payment of interest by  CITY and CITY shall be entitled to draw upon the deposit in the same manner and for the same  purposes as regarding the above described Letter of Credit. Not less than thirty (30) days after  CITY has drawn against the cash deposit, CONTRACTOR shall restore the cash deposit to the  original amount thereof. The cash deposit shall be held by CITY during the term of the  Agreement. Within thirty (30) days of termination or expiration of the Agreement, CITY  shall return the cash deposit to CONTRACTOR, less any amount used by CITY  pursuant to this Agreement.    e. Should, at any time, any of the insurance policies required by this Agreement be  unsatisfactory to CITY, at its sole discretion, CONTRACTOR shall promptly obtain a new policy,  submit the same to CITY. Upon failure of CONTRACTOR to furnish, deliver or maintain any  insurance and endorsements as required by this Agreement, at the election of CITY, this  Agreement may be immediately terminated as provided herein. Failure of CONTRACTOR to  obtain and maintain any required insurance shall not relieve CONTRACTOR of any liability  under  this Agreement (and CONTRACTOR  may  be answerable to CITY for damages or any other  remedy on account of such breach) nor shall the insurance requirements be construed to conflict  with or otherwise limit the obligations of CONTRACTOR concerning indemnification.    f. All insurance provided by CONTRACTOR shall be primary and any insurance or self‐insurance  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 14    maintained by CITY and its member jurisdictions shall be excess of CONTRACTOR's insurance and  shall not contribute to it.    g. CONTRACTOR’s failure to provide the insurance required by this section, or CONTRACTOR’s  submission of insurance policies, endorsements and other documentation (whether or not such  documentation is “accepted” by CITY) shall not waive or satisfy the CONTRACTOR’s obligation  to provide CITY with the insurance required by this Agreement if it has failed to do so. Should  CONTRACTOR fail to provide insurance in the form and amount specified by this Agreement,  CONTRACTOR shall be directly liable to CITY to provide it with both a defense and indemnity for  any losses which CITY incurs to the extent such losses would have been covered by insurance as  is specified in this Agreement. Notwithstanding the above, CONTRACTOR shall not be required  to indemnify CITY from loss or liability to the extent such loss or liability arises from the  sole negligence or willful misconduct of CITY, its agents, directors and employees, at such time  that such sole negligence or willful misconduct has been finally determined by a court of  competent jurisdiction.    h. It shall be a requirement under this Agreement that any available insurance proceeds broader  than or in excess of the specified minimum insurance coverage requirements as set forth  above and/or limits shall be available to the additional insured. Furthermore, the requirements  for coverage and limits shall be (1) the minimum coverage and limits specified in this  Agreement; or (2) the broader coverage and limits of coverage of any insurance policy or  proceeds available to the named insured, whichever is greater. The defense and indemnifications  of this Agreement are undertaken in addition to, and shall not in any way be limited by, the  insurance obligations contained in this Agreement.  All deductibles and self‐ insured retentions  (SIR) must be disclosed to CITY for approval and shall not reduce the limits of the liability. Policies  containing any SIR provision shall provide, or be endorsed to provide, that the SIR may be  satisfied by either the named insured or CITY. CITY reserves the right to obtain a full certified  copy of any insurance policy and endorsement coverage under this Agreement. Failure to  exercise this right shall not constitute a waiver of the right to exercise it later.    Worker’s Compensation  CONTRACTOR certifies that it is aware of the provisions of the Labor Code of the State of California which require  every employer to be insured against liability for Worker's Compensation or to undertake self‐insurance in  accordance with the provisions of that Code, and it certifies that it will comply with such provisions and furnish  CITY with a Certificate of Insurance before commencing the performance of this agreement. Furthermore,  CONTRACTOR shall indemnify CITY, its officers and employees, for any claims in law or equity occasioned by  failure of CONTRACTOR to comply with this provision or which arise out of any job related injury, including third  party claims against CITY by CONTRACTOR’S or subcontractor’s employees. The indemnification provisions of this  paragraph shall survive the termination of this agreement or any extensions thereof.    Indemnification  To the fullest extent allowed by law, CONTRACTOR shall indemnify and hold CITY (and CITY’s member  jurisdictions) and its representative officers, directors, employees and agents free and harmless from and against  any and all claims, suits, liens, demands, damages, injuries, liabilities, losses and expenses of any kind, including  reasonable fees of attorneys and expert witnesses, to the extent they arise out of or are in any way connected  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 15    with the performance of this Agreement by CITY, its agents, directors or employees, or by CONTRACTOR, its  agents, directors or employees, whether such claims, liens, demands, damages, losses or expenses are based  upon a contract or upon a claim for personal injury, death or property damage or upon any other legal or  equitable theory whatsoever.    CONTRACTOR agrees, at its own expense and upon written request by CITY, to defend any claim, suit, action or  demand brought against CITY on any injury, loss or liability, actual or alleged, covered herein. Notwithstanding  this defense obligation, CONTRACTOR shall not be required to indemnify CITY from loss or liability to the extent  such loss or liability arises from the sole negligence or willful misconduct of CITY, its agents, directors and  employees, at such time that such sole negligence or willful misconduct has been finally determined by a court of  competent jurisdiction. CONTRACTOR shall provide CITY with a defense until such determination has been made  (i.e. until a court of competent jurisdiction has determined that the loss or liability arises from the sole negligence  or willful misconduct of CITY, CONTRACTOR shall provide a defense as to such loss or liability). CONTRACTOR’s  indemnity obligations survive termination of this Agreement.     Performance Bond  The faithful performance by CONTRACTOR of each and every term, condition, and provision of this agreement is  expressly made a condition precedent for the payment of any sums agreed herein to be paid to CONTRACTOR by  CITY. To insure performance, CONTRACTOR shall post with CITY a bond or other acceptable security in the  amount of TWENTY‐FIVE PERCENT (25%) of the first year contract price. Such bond or security shall be subject to  the approval of CITY's Attorney and Finance Director and shall be executed by CONTRACTOR and a surety  company licensed to do business as such in the State of California. The condition of the bond shall be that the  CONTRACTOR shall fully and faithfully perform all conditions and covenants of this agreement or the face amount  of such bond shall be forfeited to CITY. The bond may be a renewable one‐year bond, and shall be renewed  annually before its expiration date; provided, however, that such bond must remain in full force and effect from  and after the date CITY makes any demands for payment on the bond until CITY releases such  claim. Provision of  such bond or its equivalent is a material covenant of this agreement and CITY shall not approve any security  which is not unconditionally payable to CITY upon CITY demand. CITY reserves the right to rescind the  requirement for a performance bond at any time.     Invoices  a. All hourly costs shall be invoiced to CITY monthly following the service month provided. Said invoices  shall specify the dates of service and the number of vehicle service hours claimed. Hourly costs  shall be directly traceable by dispatcher and/or driver trip sheets and/or employee time cards, copies of  which will be submitted to CITY monthly with each invoice.    b. The monthly fixed rate and insurance rate shall be invoiced monthly following the service month  provided. All reports and submissions required under this agreement shall be accurately completed  and submitted to CITY prior to payment of said monthly rate invoices.    c. Any extra services provided under this agreement shall be invoiced separately following the  provision of such services. Copies of all appropriate passenger and service logs shall be attached to  each extra service invoice prior to payment.    slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 16     Payment  All payments by CITY to CONTRACTOR shall be made in arrears. Payment shall be made by CITY no more than  thirty (30) days from receipt of an invoice. Payment of invoices will be made on a monthly basis. If CITY disputes  any item on an invoice for a reasonable cause, CITY may deduct that disputed item from the payment, but shall  not delay payment for the undisputed portions. The amounts and reasons for such deletions shall be documented  to CONTRACTOR within fifteen (15) working days of the receipt of the invoice by CITY.  Payments shall be by  voucher or check payable to and mailed first‐class to:    [INSERT CONTRACTOR NAME & MAILING ADDRESS]    Operating Revenues  All operating revenues collected by CONTRACTOR are the property of CITY. Operating revenues include, but are  not limited to, all fares and the proceeds from the sale of tickets and passes. Operating revenues shall be counted  and kept separately under appropriate security. Within one working day from collection, unless otherwise agreed  upon, CONTRACTOR shall deposit fares at a banking institution as directed by CITY. Reports on the revenues  collected and deposited shall be provided to CITY on a timely basis. CITY shall be provided with a written  description of CONTRACTOR'S procedures regarding the collection, counting and controlling of fare revenues.  These procedures are subject to CITY's audit and approval.    Control  d. All services to be rendered by CONTRACTOR under this agreement shall be subject to the control  of CITY. CONTRACTOR shall advise CITY of matters of importance and make recommendations  when appropriate; however, final CITY shall rest with CITY.    e. CITY shall not interfere with the management of CONTRACTOR'S normal internal business affairs  and shall not attempt to directly discipline or terminate CONTRACTOR employees. CITY may advise  CONTRACTOR of the performance of any employee having a negative effect on the service being  provided.    Contract Assignment  This   agreement   shall   not   be   sold,   assigned,   transferred,   conveyed   or   encumbered   by CONTRACTOR  without the prior written consent of CITY which consent may be withheld in CITY’s sole and absolute discretion.  Any assignment, transfer, conveyance or encumbrance of this agreement without CITY’s prior written approval  shall be null and void. CONTRACTOR shall not sell or otherwise transfer its interest in this agreement without  prior written notification to CITY. Upon receiving such notification from CONTRACTOR, CITY may, at its sole  discretion, decide to exercise its right to terminate this agreement. Subject to this provision, the agreement shall  be binding upon the heirs, executors, administrators, successors and assigns of the respective parties.    Dispute Resolution  a. Disputes arising in the performance of this agreement shall be decided in writing by the Transit  Manager. This decision shall be final and conclusive unless within ten (10) days from the date of receipt  of its copy, CONTRACTOR mails or otherwise furnishes a written appeal to the Transit Manager. In  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 17    connection with any such appeal, CONTRACTOR shall be afforded an opportunity to be heard and to  offer evidence in support of its position. The decision of the Transit Manager shall be binding upon the  CONTRACTOR and the CONTRACTOR shall abide be the decision.    b. Unless otherwise directed by CITY, CONTRACTOR shall continue performance under this agreement while  matters in dispute are being resolved.    c. Should either party to this agreement suffer injury or damage to person or property because of any act or  omission of the party or of any of his employees, agents or others for whose acts he is legally liable, a  claim for damages therefore shall be made in writing to such other party within a reasonable time after  the first observance of such injury of damage.    d. Unless this agreement provides otherwise, all claims, counterclaims, disputes and other matters in  question between CITY and CONTRACTOR arising out of or relating to this agreement or its breach will  be decided by arbitration if the parties mutually agree, or in a court of competent jurisdiction  within the State of California.    e. The duties and obligations imposed by this agreement and the rights and remedies available there  under shall be in addition to and not a limitation of any duties, obligations, rights and remedies  otherwise imposed or available by law. No action or failure to act by CITY or CONTRACTOR shall  constitute a waiver of any right or duty afforded any of them under this agreement, nor shall any  such action or failure to act constitute an approval of or acquiescence in any breach there under, except  as may be specifically agreed in writing.    Resolution of Federal Procurement Issues  The Federal Procurement Regulations shall be used where applicable to define, resolve, and settle procurement  issues. Unless otherwise directed by CITY, CONTRACTOR shall continue performance under this agreement while  matters in dispute are being resolved.    Stop Work  CITY may stop work on CITY's transportation system upon forty‐eight (48) hours written notice to CONTRACTOR.  CITY shall be liable for all relevant costs incurred prior to the stop‐work period and for restart, if any. When  exercising this provision, CITY shall be obligated for the costs of severance for personnel assigned to CITY's  transportation system in accordance with the published policy and procedures of CONTRACTOR, a copy of which  shall be provided to CITY upon request. Additionally, the cost associated with operations and facilities close down,  shall be the obligation of CITY. CONTRACTOR shall make all reasonable efforts to minimize costs to CITY.    Termination for Default  a. All the terms, conditions, and covenants of this agreement are considered material and in the event  CONTRACTOR breaches or defaults in the performance of any such terms, conditions, or covenants  which are to be kept, done or performed by it, CITY shall give CONTRACTOR ten days written notice  either by certified mail or by personal service, describing such breach or default, and if CONTRACTOR  fails, neglects or refuses for a period or more than ten days thereafter to remedy, or cure such  breach or default, then CITY without further notice, may terminate this agreement. In the event of  termination of this agreement as hereinabove specified, CITY shall have the right to take immediate  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 18    possession of all equipment and facilities provided by CITY to CONTRACTOR and of the facilities  and equipment supplied by CONTRACTOR under the provisions of this agreement. In the event CITY  does take possession of CONTRACTOR‐supplied facilities and equipment, CONTRACTOR shall be  reimbursed by CITY for the actual cost of the temporary use of said facilities and equipment. If it is  later determined by CITY that CONTRACTOR had an excusable reason for not performing, such as a  strike, fire, or flood, events which are not the fault of or are beyond the control of CONTRACTOR,  CITY, after setting up a new delivery of performance schedule, may allow CONTRACTOR to continue  work, or treat the termination as a termination for convenience.  b. Bankruptcy: Either (a) the appointment of a receiver to take full possession of all or substantially  all of the assets of CONTRACTOR or (b) a general assignment by CONTRACTOR for the benefit of  creditors, or (c) any action taken by or suffered by CONTRACTOR under any insolvency or  bankruptcy act shall constitute a breach of the agreement by CONTRACTOR and CITY shall have  the option to terminate this agreement. The parties specifically agree that the selection of  CONTRACTOR is based on factors that render contractor especially suited to perform this  agreement, such that the identity of contractor is central to the obligations in this contract.   Accordingly, this contract is similar to a personal services contract and non‐assignable under 11 USC  365 (c).    Termination for Convenience  The performance of work under this agreement may be terminated by CITY in accordance with this clause in  whole, or from time to time in part, whenever the Transit Manager shall determine that such termination is in the  best interest of CITY. Any such termination shall be effected by delivery to CONTRACTOR of a notice of  termination specifying the extent to which performance of work under the agreement is terminated, and the  date upon which such termination becomes effective. After receipt of a notice of termination, and except as  otherwise directed by the Transit Manager, CONTRACTOR shall:    a. Stop work under the agreement on the date and to the extent specified in the notice of  termination;    b. Place no further orders or subcontracts for materials, services, or facilities, except as may be  necessary for completion of such portion of the work under the agreement as is not terminated;    c. Terminate all orders and subcontracts to the extent that they relate to the performance of work  terminated by the notice of termination; assign to CITY in the manner, at the times, and to the  extent directed by the Transit Manager, all of the right, title, and interest of CONTRACTOR under  the orders and subcontracts so terminated, in which case CITY shall have the right, in its discretion,  to settle or pay and or all claims arising out of the termination of such orders and subcontracts;  settle all outstanding liabilities and all claims arising out of such termination of orders and  subcontracts, with the approval or ratification of the Transit Manager, to the extent he may require,  which approval or ratification shall be final for all the purposes of this clause; transfer title to CITY  and deliver in the manner, at the times, and to the extent, if any, directed by Transit Manager the  fabricated or unfabricated parts, work in process, completed work, supplies, and other material  produced as part of, or acquired in connection with the performance of, the work. terminated, and  the completed or partially completed plans, drawings, information and other property which, if the  agreement had been completed, would have been required to be furnished to CITY; use its best  efforts to sell, in the manner, at the times, to the extent, and at the price(s) directed or authorized  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 19    by the Transit Manager, any property of the types referred to above, provided, however, that  CONTRACTOR shall not be required to extend credit to any purchaser, and may acquire any such  property under the conditions prescribed by and at a price(s) approved by the Transit Manager,  and provided further, that the proceeds of any such transfer or disposition shall be applied in  reduction of any payments to be made by CITY to CONTRACTOR under this agreement or shall  otherwise be credited to the price or cost of the work covered by this Contract or paid in such  other manner as the Transit Manager may direct; complete performance of such part of the work  as shall not have been terminated by the notice of termination; and take such action as may be  necessary, or as the Transit Manager may direct, for the protection or preservation of the property  related to this agreement which is in the possession of CONTRACTOR and in which CITY has or may  acquire an interest.    d. CONTRACTOR shall be paid its costs, including contract close‐out costs, and profit on work  performed up to the time of termination. CONTRACTOR shall promptly submit its termination  claim to CITY to be paid CONTRACTOR.     Remedies on Breach (Waiver of Remedies)  The duties and obligations imposed by the agreement and the rights and remedies available hereunder shall be in  addition to and not a limitation of any duties, obligations, rights and remedies otherwise imposed or available by  law. No action or failure to act by CITY or CONTRACTOR shall constitute a waiver of any right or duty afforded any  of them under the agreement, nor shall any such action or failure to act constitute an approval of or acquiescence  in any breach hereunder, except as may be specifically agreed in writing. In the event that CITY elects to waive its  remedies for any breach by CONTRACTOR of any covenant, term or condition of this agreement, such waiver shall  not limit CITY’s remedies for any succeeding breach of that or of any other term, covenant or condition of this  agreement. It is agreed that in the event of failure by CONTRACTOR to perform the services required by this  agreement, in addition to all other remedies, penalties and damages provided by law, CITY may provide such  services, and deduct the cost of doing so from the amounts due or to become due to the CONTRACTOR. The costs  to be deducted shall be the actual costs to CITY to provide such services.     Rights Upon Termination Or Expiration And Waiver Of Claims  Upon expiration or earlier termination of this agreement, CITY shall have the right to provide the services by  means of its own employees or pursuant to contract with other carrier(s) or otherwise. CONTRACTOR agrees to  forever waive any claim, of any sort or nature, against CITY based upon CITY's operation, or contracting for the  operation, of the service, or any portion of it. CONTRACTOR shall also waive any right that it otherwise might have  to claim entitlement to benefits afforded to private mass transportation companies under Section 3(e) of the  Federal Transit Act of 1964 (49 USC Sec. 1602(e)), as it now exists or hereafter may be amended. CONTRACTOR  also hereby forever waives any claims of unfair competition that it otherwise might assert, any rights that  otherwise might accrue to it under the above‐ mentioned provisions or under any other similar or comparable  provisions of the law. Having entered into this agreement shall not be the sole reason whereby the CONTRACTOR  shall be inhibited, penalized, or disqualified from submitting proposals for subsequent transportation,  management, and operation programs under the jurisdiction of CITY.     Changes  CITY, without invalidating this agreement may order additions to or deletions from the work to be performed.   Such changes shall be specified to CONTRACTOR in writing. If justified, the "Maximum Obligation" will be adjusted  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 20    accordingly. New provisions must be mutually agreeable to both CITY and CONTRACTOR. A shift of vehicle service  hours between services within the maximum value or an increase or decrease of up to ten percent within the  current span of service would not constitute a change as defined in this agreement, but any such shift or change  shall only occur at the direction of CITY.    Modification of Agreement  This writing constitutes the entire agreement between the parties relative to the subject matter of this  agreement and no modification hereof shall be effective unless and until such modification is evidenced by a  writing signed by both parties to this agreement. There are no understandings, agreements or conditions with  respect to the subject matter of this agreement except those contained in this writing.    Notices  All notices required to be given with respect to this agreement shall be in writing and mailed first class,  postage prepaid to the persons named below or at such addresses as the parties may file with each other  for such purpose.    If to CONTRACTOR    Copy To:    If to CITY:  Transit Manager     City of San Luis Obispo, SLO TRANSIT     919 Palm Street     San Luis Obispo, CA 93401    Proprietary Rights  All inventions, improvements, discoveries, proprietary rights, copyrights and patents made by CONTRACTOR  under this agreement shall be made available to CITY with no royalties, charges, or other costs, but shall be  owned by CONTRACTOR. All manuals prepared by CONTRACTOR for use by CONTRACTOR in other locales shall be  made available to CITY at no charge but shall be owned by CONTRACTOR and shall not be disclosed, or released  by CITY without prior written consent of CONTRACTOR. Reports and manuals prepared by CONTRACTOR under  this agreement for specific use in CITY's system shall become the property of CITY. CONTRACTOR, however, shall  have the right to print and issue copies of these reports. CONTRACTOR may make presentations and releases  relating to the project. Papers and other formal publications shall be approved by CITY prior to release.    Force Majeure  CONTRACTOR shall not be held responsible for losses, failure to perform, or excess costs caused by events  beyond the control of CONTRACTOR. Such events may include, but are not restricted to, the following: fire,  epidemics, earthquake, flood, or other natural disaster; acts of the government; riots, strikes, war or other civil  disorders; or fuel shortages. In every case, CONTRACTOR shall resume performance at the earliest possible date  following the cessation of such unforeseen causes or events. CONTRACTOR shall be entitled to no compensation  for any service, the performance of which is excused pursuant to this paragraph.  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 21      Information and Documents  All information, data, reports, records, maps, survey results as are existing, available, and necessary for carrying  out the work under this agreement, shall be furnished to CONTRACTOR without charge by CITY, and CITY shall  cooperate in every way possible in the carrying out of the work without undue delay.    Emergency Procedures  In the event of a major emergency such as an earthquake, flood, or man‐made catastrophe, CONTRACTOR  shall make transportation and communication resources available to the degree possible for emergency  assistance. If the normal line of direct CITY from CITY is intact, CONTRACTOR shall follow instruction of CITY. If  the normal line of direct CITY is broken, and for the period it is broken, CONTRACTOR shall make best use of  transportation resources following to the degree possible the direction of an organization such as the San Luis  Obispo Office of Emergency Services, the police, Red Cross, or National Guard, which appears to have assumed  responsibility within CITY's service area. Emergency uses of transportation may include evacuation, transportation  of injured, and movement of people to food and shelter. CONTRACTOR shall be reimbursed in accordance with  the normal "Price Formula" and "Payment" or, if the normal method does not cover the types of emergency  services involved, then on the basis of fair, equitable and prompt reimbursement of CONTRACTOR'S actual  costs. Reimbursement for such major emergency services shall be over and above the "Maximum Obligation" of  this contract. Immediately when the emergency condition ceases, CONTRACTOR shall reinstate normal  transportation services.    Access to Records and Reports (Audit and Inspection)  a. In accordance with 49 C.F.R. 18.36(i), CONTRACTOR shall permit CITY, the FTA Administrator, the  Comptroller General of the United States, the California State Controller, and the Sacramento  Area Council of Governments or any of their authorized representatives access to any to books,  documents, papers and records of CONTRACTOR which are directly pertinent to this contract for  the purposes of making audits, examinations, excerpts and transcriptions. Further, CONTRACTOR  agrees to permit any of the foregoing parties to reproduce by any means whatsoever or to  copy excerpts and transcriptions as reasonably needed.    b. CONTRACTOR agrees to maintain all books, records, accounts and reports required under this  contract for a period of not less than three years after the date of termination or expiration of  this contract, except in the event of litigation or settlement of claims arising from the  performance of this contract, in which case CONTRACTOR agrees to maintain same until CITY, the  FTA Administrator, the Comptroller General, or any of their duly authorized representatives, have  disposed of all such litigation, appeals, claims or exceptions related thereto. Reference 49 CFR  18.39(i)(11).    Transfer of Title to Equipment  All equipment, parts and supplies purchased by CONTRACTOR under this agreement, either as a direct charge  expense or within the defined scope of services, shall become the property of CITY upon either the payment  of the direct charge invoice or the expiration or termination of this agreement for any reason unless otherwise  specified in writing. The applicable depreciation schedule and residual value, if any, of such items shall be  established prior to the execution of this agreement. CONTRACTOR shall maintain a perpetual inventory of all  such equipment and supplies purchased under this and any prior agreement, to be submitted for review on or  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 22    before August 31 of each year.   CONTRACTOR shall be responsible for the replacement of any equipment,  parts and supplies purchased or provided, either by CITY or CONTRACTOR, under this agreement that is lost  or unreasonably destroyed while under the control of CONTRACTOR.    Transportation Data Reporting  CONTRACTOR shall report operating and financial data to CITY in accordance with the California Public Utilities  Code, Chapter 4, Section 99243, and California Administrative Code Title 21, Chapter 3, Subchapter 2, as required  under California Transportation Development Act, and with Level "R" of the Uniform Financial Accounting and  Reporting Elements as required by the National Transit Database System and the Federal Transit Act of 1964 as both  are amended from time to time.    Permits and Licenses  At its sole cost and expense, CONTRACTOR shall obtain any and all permits, licenses, certificates, or entitlement  to operate as are now or hereafter required by any agency, specifically including, but not limited to, those  that may be required by the California Public Utilities Commission, the California Highway Patrol, the  Department of Motor Vehicles and local jurisdictions, to enable CONTRACTOR to perform this agreement.  Copies of all such entitlements shall be provided to CITY when received by CONTRACTOR. In the event that  any aspect of this agreement requires prior approval by the PUC, the CONTRACTOR shall submit necessary  application forms. Both parties shall appear as necessary and cooperate in the commission approval process.  CITY reserves the right to oppose, support or be neutral on any such request and on the PUC's ruling thereon.  CONTRACTOR covenants to obtain all such approvals before commencing operations, and to conform to the  PUC ruling thereon, at its sole cost and expense.    Non‐Discrimination in Employment and Service  a. In connection with the execution of this agreement, CONTRACTOR shall not discriminate against any  employee or applicant for employment because of race, religion, color, sex, age or national origin.  CONTRACTOR shall take affirmative action to ensure that applicants are employed, and that employees  are treated during employment without regard to their race, color, religion, sex, age, or national origin  or ancestry. Such action shall include, but not be limited to, the following: employment, upgrading,  demotion or transfer, recruitment or recruitment advertising, layoff or terminations; rates of pay or  other forms of compensation; and, selection for training, including apprenticeship. CONTRACTOR  must submit a properly executed and current Employer Information Report (EEO‐1) upon request of  CITY. CONTRACTOR further agrees to insert a similar provision in all subcontracts, except subcontracts  for standard commercial supplies or raw materials.    b. CONTRACTOR shall also comply with the requirements of Title VI of the Civil Rights Act of 1964 (P.L. 88‐ 352) and with all applicable regulations, statutes, laws, etc., promulgated pursuant to the civil rights  acts of the state and federal government now in existence or hereafter enacted. Further,  CONTRACTOR shall also comply with the provisions of Section 1735 of the California Labor Code.    c. CONTRACTOR shall not discriminate, nor allow any of its officers, employees, or agents to  discriminate against any passenger or patron because of race, color, sex, age, or national origin or  ancestry.    d. CONTRACTOR shall promptly notify CITY of any discrimination complaints. CONTRACTOR shall, at its  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 23    sole cost and expense, conform to any final orders issued by any State or Federal agency with  jurisdiction to correct the CONTRACTOR'S discrimination in employment and/or service and shall fully  save harmless and indemnify CITY in this regard.    Labor Provisions  In accordance with 40 U.S.C. 329 and 29 CFR Part 5, CONTRACTOR hereby certifies compliance with the following  provisions related to the employment of mechanics and laborers under the Contract Work Hours and Safety  Standards Act.    a. Overtime Requirements. No contractor or subcontractor contracting for any part of the contract work  which may require or involve the employment of laborers or mechanics shall require or permit any such  laborer or mechanic in any work week in which he or she is employed on such work to work in excess of  eight hours in any calendar day or in excess of forty hours in such work week unless such laborer or  mechanic receives compensation at a rate not less than one and one‐half times the basic rate of pay for all  hours worked in excess of eight hours in any calendar day or in excess of forty hours in such work week.    b. Violation; Liability for Unpaid Wages; Liquidated Damages. In the event of any violation of the clause set  forth in subparagraph (b)(1) of 29 CFR Section 5.5, contractor and any subcontractor responsible therefor  shall be liable for the unpaid wages. In addition, such contractor and subcontractor shall be liable to the  United States for liquidated damages. Such liquidated damages shall be computed with respect to each  individual laborer or mechanic, including watchmen or guards, employed in violation of the clause set forth  in subparagraph (b)(1) of 29 CFR Section 515 in the sum of $10 for each calendar day on which such  individual was required or permitted to work in excess of eight hours or in excess of the standard work  week of forty hours without payment of the overtime wages required by the clause set forth in  subparagraph (b)(1) of 29 CFR Section 5.5.    c. Withholding for Unpaid Wages and Liquidated Damages. CITY shall upon its own action or upon written  request of authorized representative of the Department of Labor withhold or cause to be withheld, from  any monies payable on account of work performed by the contractor or subcontractor under any such  contract or any other Federal contract with the same prime contractor, or any other federally assisted  contract subject to the Contract Work Hours and Safety Standards Act, which is held by the same prime  contractor, such sums as may be determined to be necessary to satisfy any liabilities of such contractor or  subcontractor for unpaid wages and liquidated damages as provided in the clause set forth in  subparagraph (b)(2) of 29 CFR Section 5.5.    d. Non‐Construction Grants. Contractor or subcontractor shall maintain payrolls and basic payroll records  during the course of the work and shall preserve them for a period of three years from the completion of  the contract for all laborers and mechanics, including guards and watchmen, of each such employee, social  security number, correct classifications, hourly rates of wages paid, daily and weekly number of hours  worked, deductions made, and actual wages paid.  Further, the recipient shall require the contracting  Officer to insert in any such contract a clause providing that the records to be maintained under this  paragraph shall be made available by contractor or subcontractor for inspection, copying, or transcription  by authorized representatives of Department of Transportation (“DOT”) and the Department of Labor and  the Contractor or subcontractor will permit such representatives to interview employees during working  hours on the job.    slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 24    e. Subcontracts.  Contractor or subcontractor shall insert in any subcontracts the clauses set forth in  subparagraph (a) through (e) of this paragraph and also a clause requiring the subcontractors to include  these clauses in any lower tier subcontracts. The prime contractor shall be responsible for compliance by  any subcontractor or lower tier subcontractor with the clauses set forth in subparagraphs (a) through (e) of  this paragraph.    f. CONTRACTOR and any subcontractor shall comply with 40 U.S.C. 3701.    Transit Employee Protective Agreements  a. General Transit Employee Protective Requirements – To the extent that the Federal Transit  Administration (FTA) determines that transit operations are involved, CONTRACTOR agrees to carry out  the transit operations work on the underlying contract in compliance with terms and conditions  determined by the U.S. Secretary of Labor to be fair and equitable to protect the interests of employees  employed under this contract and to meet the employee protective requirements of 49 U.S.C. A 5333(b),  and U.S. DOL guidelines at 29 C.F.R.‐Part 215, and any amendments thereto.  These terms and conditions  are identified in the letter of certification from the U.S. DOL to FTA applicable to the FTA Recipient’s  project from which Federal assistance is provided to support work on the underlying contract.  CONTRACTOR agrees to carry out that work in compliance with the conditions stated in that U.S. DOL  letter. The requirements of this subsection (1), however, do not apply to any contract financed with  Federal assistance provided by FTA either for projects for elderly individuals and individuals with  disabilities authorized by 49 U.S.C. § 5310(a)(2), or for projects for nonurbanized areas authorized by 49  U.S.C. § 5311. Alternative provisions for these projects are set forth in subsections (b) and (c) of this clause.    b. Transit Employee Protective Requirements for Projects Authorized by 49 U.S.C.§ 5310(a)(2) for Elderly  Individuals and Individuals with Disabilities – If the contract involves transit operations financed in whole  or in part with Federal assistance authorized by 49 U.S.C. § 5310(a)(2), and if the U.S. Secretary of  Transportation has determined or determines in the future that the employee protective requirements of  49 U.S.C. § 5333(b) are necessary or appropriate for the state and the public body subrecipient for which  work is performed on the underlying contract, CONTRACTOR agrees to carry out the Project in compliance  with the terms and conditions determined by the U.S. Secretary of Labor to meet the requirements of 49  U.S.C. § 5333(b), U.S. DOL guidelines at 29 C.F.R. Part 215, and any amendments thereto. These terms and  conditions are identified in the U.S. DOL’s letter of certification to FTA, the date of which is set forth Grant  Amendment or Cooperative Agreement with the state. CONTRACTOR agrees to perform transit operations  in connection with the underlying contract in compliance with the conditions stated in that U.S. DOL letter.    c. Transit Employee Protective Requirements for Projects Authorized by 49 U.S.C.§ 5311 in Nonurbanized  Areas – If the contract involves transit operations financed in whole or in part with Federal assistance  authorized by 49 U.S.C. § 5311, CONTRACTOR agrees to comply with the terms and conditions of the  Special Warranty for the Nonurbanized Area Program agreed to by the U.S. Secretaries of Transportation  and Labor, dated May 31, 1979, and the procedures implemented by U.S. DOL or any revision thereto.    d. CONTRACTOR also agrees to include any applicable requirements in each subcontract involving transit  operations financed in whole or part with Federal assistance provided by FTA.    Access Requirements for Persons with Disabilities  CONTRACTOR agrees to comply with all applicable requirements of the Americans with Disabilities Act of 1990  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 25    (ADA), 42 U.S.C. §§ 12101 et seq., Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, 29 U.S.C. § 794; 49  U.S.C. § 5301(d); and all regulations promulgated to implement the ADA and Section 504 of the Rehabilitation  Act of 1973, as amended, as may be applicable to CONTRACTOR.    Civil Rights  During the performance of this contract, CONTRACTOR, for itself, its assignees and successors in interest, agrees  as follows:    a. Nondiscrimination. In accordance with Title VI of the Civil Rights Act, as amended, 42 U.S.C. § 2000d,  section 303 of the Age Discrimination Act of 1975, as amended, 42 U.S.C. § 6102, section 202 of the  Americans with Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12132, and Federal transit law at 49 U.S.C. § 5332,  CONTRACTOR agrees that it will not discriminate against any employee or applicant for employment  because of race, color, creed, national origin, sex age, or disability. In addition, CONTRACTOR agrees to  comply with applicable Federal implementing regulations and other implementing requirements FTA may  issue.    b. Equal Employment Opportunity. The following equal employment opportunity requirements apply to the  underlying contract:    c. Race, Color, Creed, National Origin, Sex – In accordance with Title VII of the Civil Rights Act, as amended,  42 U.S.C. § 2000e, and Federal transit laws at 49 U.S.C. § 5332, CONTRACTOR agrees to comply with all  applicable equal employment opportunity requirements of U.S. Department of Labor (U.S. DOL)  regulations, “Office of Federal Contract Compliance Programs, Equal Employment Opportunity,  Department of Labor,” 41 C.F.R. Parts 60 et seq., (which implement Executive Order No. 11246, “Equal  Employment Opportunity,” as amended by Executive Order No. 11375, “Amending Executive Order 11246  Relating to Equal Employment Opportunity,” 42 U.S.C. § 2000e note), and with any applicable Federal  statutes, executive orders, regulations, and Federal policies that may in the future affect construction  activities undertaken in the course of the Project. CONTRACTOR agrees to take affirmative action to ensure  that applicants are employed, and that employees are treated during employment, without regard to their  race, color, creed, national origin, sex, or age. Such action shall include, but not be limited to, the  following: employment, upgrading, demotion or transfer, recruitment or recruitment advertising, layoff or  termination; rates of pay or other forms of compensation; and selection for training, including  apprenticeship. In addition, CONTRACTOR agrees to comply with any implementing requirements FTA may  issue.    d. Age – In accordance with section 4 of the Age Discrimination in Employment Act of 1967, as amended, 29  U.S.C. § 623 and Federal transit law at 49 U.S.C. § 5332, CONTRACTOR agrees to refrain from  discrimination against present and prospective employees for reason of age. In addition, CONTRACTOR  agrees to comply with any implementing requirements FTA may issue.    e. Disabilities – In accordance with section 102 of the Americans with Disabilities Act, as amended, 42 U.S.C.  § 12112, CONTRACTOR agrees that it will comply with the requirements of the U.S. Equal Employment  Opportunity Commission,  “Regulations  to Implement the Equal Employment Provisions of the Americans  with Disabilities Act,” 29 C.F.R. Part 1630, pertaining to employment of persons with disabilities. In  addition, CONTRACTOR agrees to comply with any implementing requirements FTA may issue.    slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 26    f. Subcontracts. CONTRACTOR agrees to include these requirements in each subcontract financed in whole  or in part with Federal assistance provided by FTA, modified only if necessary to identify the affected  parties.    g. Employer Information Report. CONTRACTOR must submit a properly executed and current Employer  Information Report (EEO‐1) upon request of CITY    Disadvantaged Business Enterprise  e. It is the policy of the U.S. Department of Transportation that Disadvantaged Business Enterprises (DBE)  as defined in 49 CFR Part 26, shall have the maximum opportunity to participate in the performance of  contracts financed in whole or in part with federal funds under this agreement. Consequently, the  DBE requirements of 49 CFR Part 26 applies to this agreement.    f. CONTRACTOR agrees to ensure that Disadvantaged Business Enterprises (DBE) as defined in 49 CFR Part  26 have the maximum opportunity to participate in the performance of contracts and subcontracts  financed in whole or in part with federal funds provided under this agreement. In this regard,  CONTRACTOR and subcontractors shall take all necessary and reasonable steps in accordance with 49  CFR Part 26 to ensure that Disadvantaged Business Enterprises have the maximum opportunity to  compete for and perform contracts. CONTRACTOR and its subcontractors shall not discriminate on the  basis of race, creed, national origin, age or sex in the award and performance of federal‐assisted  contracts.    g. CONTRACTOR shall cooperate fully with CITY in meeting any of CITY's commitments and goals with  regard to the maximum utilization of disadvantaged business enterprises. CONTRACTOR shall keep  records of DBE participation in all activities carried out pursuant to this agreement, and shall report  to CITY all such participation and efforts made to encourage DBE participation as required by CITY.   See Appendix H – DBE Goal for the current established goal.    h. CONTRACTOR shall incorporate the provisions of this paragraph in all applicable subcontracts.    Drug and Alcohol Testing   CONTRACTOR agrees to establish and implement a drug and alcohol testing program that complies with 49 CFR  Part 655, produce any documentation necessary to establish its compliance with Part 655, and permit any  authorized representative of the United States Department of Transportation or its operating  administrations, the State Oversight Agency of California, or CITY, to inspect the facilities and records  associated with the implementation of the drug and alcohol testing program as required under 49 CFR Part  655 and review the testing process. CONTRACTOR agrees further to certify annually its compliance with Part  655 and to submit the Management Information System (MIS) reports by March 1 of each year to CITY. To  certify compliance, CONTRACTOR shall use the “Substance Abuse Certifications” in the “Annual List of  Certifications and Assurances for Federal Transit Administration Grants and Cooperative Agreements,” which is  published annually in the Federal Register.    Charter Service Operations  The CONTRACTOR agrees to comply with 49 U.S.C. 5323(d) and 49 CFR Part 604, and any amendments thereto  that may be issued, which provides that recipients and subrecipients of FTA assistance are prohibited from  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 27    providing charter service using federally funded equipment or facilities if there is at least one private charter  operator willing and able to provide the service, except under one of the exceptions at 49 CFR 604.9. Any  charter service provided under one of the exceptions must be "incidental," i.e., it must not interfere with or  detract from the provision of mass transportation.    School Bus Operations  CONTRACTOR agrees that neither it nor any subcontractor performing work in connection with this  agreement will engage in school bus operations for the transportation of students or school  personnel exclusively in competition with private school bus operators, except as permitted by 49 U.S.C.  § 5323(f) and FTA regulations , “School Bus Operations,” 49 C.F.R. Part 605, and any amendments  thereto that may be issued. Any applicable school bus agreement required by these regulations is  incorporated by reference and made part of this agreement.    Miscellaneous Provisions  a. Energy Conservation. CONTRACTOR agrees to comply with the mandatory standards and policies  relating to energy efficiency which are contained in the State energy conservation plan issued in  compliance with the Energy Policy and Conservation Act.    b. Interest of Members of or Delegates to Congress. In accordance with 18 USC, Section 431, no member  of, or delegate to, the Congress of the United States shall be admitted to any share or part of this  agreement or to any benefit arising therefrom.    c. Conflict of Interest. No employee, officer, director or agent of CITY shall participate in the selection,  award or administration of this agreement if a conflict of interest, real or apparent, would be  involved. Such a conflict would arise when the employee, officer or agent, or any member of his  immediate family, or an organization which employs, or is about to employ same, has a financial or  other interest in the firm selected for award. No employee, officer, or agent of CITY shall have any  interest, direct or indirect, in this contract or the proceeds thereof during his tenure or for one year  thereafter.    d. Clean Water Act. CONTRACTOR agrees to comply with all applicable standards, orders or regulations  issues pursuant to the Federal Water Pollution Control Act, as amended, 33 U.S.C. 1251 et seq.  CONTRACTOR agrees to report each violation to CITY and understands and agrees that CITY will, in  turn, report each violation as required to assure notification to FTA and the appropriate EPA Regional  Office. CONTRACTOR also agrees to include these requirements in each subcontract exceeding  $100,000 financed in whole or in part with Federal assistance provided by FTA.    e. Clean Air Act. CONTRACTOR agrees to comply with all applicable standards, orders or regulations  issued pursuant to the Clean Air Act, as amended, 42 U.S.C. § 7401 et seq. CONTRACTOR agrees to  report each violation to CITY and understands and agrees that CITY will, in turn, report each violation  as required to assure notification to FTA and the appropriate EPA Regional Office. CONTRACTOR  also agrees to include this requirement in each subcontract exceeding $100,000 financed in whole or in  part with Federal assistance provided by FTA.    slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 28    f. Debarred Bidders. This agreement is a covered transaction for purposes of 49 CFR Part 29. As such,  CONTRACTOR has verified by signed certification that none of its principals, as defined at 49 CRR  29.995, or affiliates, as defined by 49 CFR 29.905, are excluded or disqualified at 49 CFR 29.940  and 29.945.  CONTRACTOR is required to comply with 49 CFR 29, Subpart C and must include the  requirement to comply with 49CFR 29, Subpart C in any lower tier covered transaction it enters into.    g. Conflict of Transportation Interests. The CONTRACTOR shall not divert any revenues, passengers,  or other business from CITY's project to any taxi or other transportation operation of CONTRACTOR  without the written approval of CITY.    h. Conflicting Use. The CONTRACTOR shall not use any vehicle, equipment, personnel or other facilities  which are dedicated to CITY for performing services under this agreement for any use whatsoever  other than provided for in this agreement without the prior approval of CITY.    i. Fair Employment and Housing Act. CONTRACTOR shall comply with the requirements of the California  Fair Employment and Housing Act,    j. Working Conditions. It shall be a condition of this agreement, and shall be made a condition of each  subcontract entered into pursuant to this agreement, that the CONTRACTOR or the subcontractor shall  not require any laborer or mechanic employed in connection with the performance of this agreement to  work under working conditions which are unsanitary, hazardous or dangerous to his health or safety,  as determined under the California Occupational Safety and Health Act of 1973 (Chapter 993, Statutes of  1973).    k. Federal Changes. CONTRACTOR shall at all times comply with all applicable FTA regulations, policies,  procedures and directives, including without limitation those listed directly or by reference in the  Master Agreement between CITY and FTA, as they may be amended or promulgated from time to time  during the term of this contract. CONTRACTOR’S failure to so comply shall constitute a material  breach of this contract.    l. No Obligation by the Federal Government.     1. CITY and CONTRACTOR acknowledge and agree that, notwithstanding any concurrence by the  Federal Government in or approval of the solicitation or award of the underlying contract, absent  the express written consent by the Federal Government, the Federal Government is not a party to  this contract and shall not be subject to any obligations or liabilities to CITY, CONTRACTOR, or any  other party (whether or not a party to that contract) pertaining to any matter resulting from the  underlying contract.    2. CONTRACTOR agrees to include the above clause in each subcontract financed in whole in part  with Federal assistance provided by FTA. It is further agreed that the clause shall not be  modified, except to identify the subcontractor who will be subject to its provisions.    m. Fly America Requirements. CONTRACTOR agrees to comply with 49 U.S.C. 40118 (the “Fly America” Act)  in accordance with the General Services Administration’s regulations at 41 CFR Part 301‐10, which  provide that recipients and subrecipients of Federal funds and their contractors are required to use  U.S. Flag air carriers for U.S. Government‐financed international air travel and transportation of their  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 29    personal effects or property, to the extent such service is available, unless travel by foreign air carrier  is a matter of necessity, as defined by the Fly America Act. The Contractor shall submit, if a foreign air  carrier was used, an appropriate certification or memorandum adequately explaining why service by  a U.S. flag air carrier was not available or why it was necessary to use a foreign air carrier and shall,  in any event, provide a certificate of compliance with the Fly America requirements. The Contractor  agrees to include the requirements of this section in all subcontracts that may involve international air  transportation.    n. Recycled Products. CONTRACTOR agrees to comply with all of the requirements of Section 6002  of the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), as amended (42 U.S.C. 6962), including but  not limited to the regulatory provisions of 40 CFR Part 247, and Executive Order 12873, as they apply  to the procurement of the items designated in Subpart B of 40 CFR Part 247. CONTRACTOR agrees to  include these requirements in every subcontract.    o. Taxes/Licenses. CONTRACTOR shall be responsible for paying any and all Federal, State, and Local  taxes. CONTRACTOR shall also be responsible for securing and paying for any and all business  licenses and taxes that may be required for the operation of services within the scope of this  agreement.    p. Failure to Act. No action or failure to act by either party shall be a waiver of a right or duty afforded  under this agreement, nor shall such action or failure to act constitute a breach of this agreement,  except as specifically agreed to in writing.    q. Conflict of Interests. CONTRACTOR shall not divert any revenues, passengers, or other business from  CITY to any taxi or other transportation operation.    r. Waiver and Non‐Waiver. A waiver by one party of a right to a remedy for breach of this contract  by the other party shall not be deemed to waive the right to a remedy for a subsequent breach by the  other party. Both parties, having had the opportunity to consult an attorney regarding the provisions  of this agreement, agree to waive the principle of contract interpretation that an ambiguity will be  construed against the party that drafted the ambiguous provision.    s. Time is of the Essence. Time is of the essence in this agreement.  CONTRACTOR’S failure to deliver  goods/services on time shall be a material breach of this contract. If CONTRACTOR fails to deliver  goods/services on time, CITY, at its discretion, may procure those goods/services from another  source. If the price paid by CITY for goods/services procured from another source under this paragraph  is higher than the price under this agreement, CONTRACTOR shall pay CITY the difference between  those prices. CITY may deduct that difference from any amount CITY owes CONTRACTOR.    t. Intelligent Transportation System (ITS). For all ITS property and services, the Contractor agrees to  comply with all applicable standards, orders or regulations issued pursuant to the National ITS  Architecture and Standards to the extent required by 23 U.S.C. Section 517(d) and 23 CFR part 655 and  940.    Lobbying  CONTRACTOR shall comply with 31 U.S.C. 1352, which provides in part that no appropriated funds  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 30    may be expended by the recipient of a Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement to pay  any person for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of  Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection  with any of the following covered Federal actions: the awarding of any Federal contract, the making  of any Federal grant, the making of any Federal loan, the entering into of any cooperative agreement,  and the extension, continuation, renewal, amendment, or modification of any Federal contract, grant,  loan, or cooperative agreement.  CONTRACTORS who apply or bid for an award of $100,000 or more  shall file the certification required by 49 CFR Part 20, "New Restrictions on Lobbying." Each tier certifies  to the tier above that it will not and has not used Federal appropriated funds to pay any person or  organization for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a  member of Congress, officer or employee of Congress, or an employee of a member of Congress in  connection with obtaining any Federal contract, grant or any other award covered by 31 U.S.C. 1352.  Each tier shall also disclose the name of any registrant under the Lobbying Disclosure Act of 1995 who  has made lobbying contacts on its behalf with non‐Federal funds with respect to that Federal  contract, grant or award covered by 31 U.S.C. 1352. Such disclosures are forwarded from tier to tier up  to the recipient.”    Compliance with Federal, State, and Local Laws  CONTRACTOR warrants and covenants that it shall fully and completely comply with all applicable Federal,  State, and Local laws and ordinances, and all lawful orders, rules and regulations issued by any CITY  with jurisdiction in all aspects of its performance of this agreement. CONTRACTOR shall hold CITY  harmless from any claims or charges by reason of the CONTRACTOR's or any subcontractor's failure to  comply with the applicable laws or any regulations adopted pursuant thereto and shall reimburse CITY  for any fines, damages or expenses of any kind incurred by it by reason of said failure. This paragraph  shall survive the termination of this agreement or any extensions thereof.    Program Fraud and False or Fraudulent Statements Or Related Acts  a. CONTRACTOR acknowledges that the provisions of the Program Fraud Civic Remedies Act of 1986, as  amended, 31 U.S.C. §§ 3801 et seq. and U.S. DOT regulations, “Program Fraud Civil Remedies”, 49  C.F.R. Part 31, apply to its actions pertaining to this agreement. Upon execution of the underlying  contract, CONTRACTOR certifies or affirms the truthfulness and accuracy of any statement it has  made, it makes, it may make, or causes to be made, pertaining to the underlying contract or the FTA  assisted project for which this contract work is being performed. In addition to other penalties that  may be applicable, CONTRACTOR further acknowledges that if it makes, or causes to be made, a false,  fictitious, or fraudulent claim, statement, submission, or certification, the Federal Government  reserves the right to impose the penalties of the Program Fraud Civil Remedies Act of 1986 on  CONTRACTOR to the extent the Federal Government deems appropriate.    b. CONTRACTOR also acknowledges that if it makes, or causes to be made, a false, fictitious, or  fraudulent claim, statement, submission, or certification to the Federal Government under a contract  connected with a project that is financed in whole or in part with Federal assistance originally  awarded by FTA under CITY of 49 U.S.C. § 5307, the Government reserves the right to impose the  penalties of 18 U.S.C. § 1001 and 49 U.S.C. § 5307(n)(l) on CONTRACTOR, to the extent the Federal  Government deems appropriate.    c. CONTRACTOR agrees to include the above two clauses in each subcontract financed in whole or in part  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 31    with Federal assistance provided by FTA. It is further agreed that the clauses shall not be modified,  except to identify the subcontractor who will be subject to the provisions.    Incorporation of Federal Transit Administration (FTA) Terms  The preceding provisions include, in part, certain Standard Terms and Conditions required by DOT, whether or  not expressly set forth in the preceding contract provisions. All contractual provisions required by DOT, as set  forth in FTA Circular 4220.1E are hereby incorporated by reference. Anything to the contrary herein  notwithstanding, all FTA mandated terms shall be deemed to control in the event of a conflict with other  provisions contained in this Agreement. CONTRACTOR shall not perform any act, fail to perform any act, or  refuse to comply with any CITY requests, which would cause CITY to be in violation of the FTA terms and  conditions.    Privacy Act   The following requirements apply to the CONTRACTOR and its employees that administer any system of records on  behalf of the Federal Government under any contract involving Federal Privacy Act requirements. CONTRACTOR  agrees to comply with, and assures the compliance of its employees with, the information restrictions and other  applicable requirements of the Privacy Act of 1974, 5 U.S.C. § 552a. Among other things, CONTRACTOR agrees to  obtain the express consent of the Federal Government before the CONTRACTOR or its employees operate a system  of records on behalf of the Federal Government. CONTRACTOR understands that the requirements of the Privacy Act,  including the civil and criminal penalties for violation of that Act, apply to those individuals involved, and that failure  to comply with the terms of the Privacy Act may result in termination of the underlying contract. CONTRACTOR also  agrees to include these requirements in each subcontract to administer any system of records on behalf of the  Federal Government financed in whole or in part with Federal assistance provided by FTA.    Independent Contractor  a. Neither of the parties hereunder shall be deemed to be the agent, employee, partner, or joint venture  of the other. CONTRACTOR is and should be an independent contractor performing services under this  agreement for the consideration herein set forth.    b. CONTRACTOR'S employees shall at all times be and remain the sole employees of CONTRACTOR, and  CONTRACTOR shall be solely responsible for payment of all employees' wages and benefits.  CONTRACTOR, without any cost or expenses to CITY, shall faithfully comply with the requirements of  all applicable State and Federal enactments with respect to employer's liability, worker's  compensation, unemployment insurance and other forms of Social Security, and also with respect  to withholding of income tax at its source from wages of said employee and shall indemnify and hold  harmless CITY from and against any and all liability, damages, claims, costs and expenses of whatever  nature arising from alleged violation of such enactments or from any claims of subrogation provided  for in such enactment or otherwise.    c. This agreement does not constitute a contract of employment between CITY and CONTRACTOR or any  agents, officers or employees of CONTRACTOR.  After the expiration or termination of this agreement,  CONTRACTOR'S successor shall be permitted to hire any CONTRACTOR employees previously employed  on this program. At that time, in hiring a CONTRACTOR employee or a former CONTRACTOR  employee, CITY shall ensure and require that such employment process fairly treat former CONTRACTOR  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 32    employees as members of the general public with no discrimination, no waiver of job advertising, no  consideration of employee's seniority with CONTRACTOR and no other privilege different from that  accorded to members of the general public.    Transition to Future Operator  Up to and for a minimum of thirty (30) days following the effective date of termination or expiration of this  agreement, CONTRACTOR shall provide to either CITY or any future operator selected by CITY,  CONTRACTOR'S full cooperation in the transition to the successor operator. This shall include, at a  minimum, consultation regarding labor and management issues (including a delineation of wages and  benefits by employee category), access to non‐confidential personnel files and maintenance records.  CONTRACTOR shall provide its best professional effort to assure a smooth transition from CONTRACTOR'S  services to those provided by the new operator and shall cooperate fully with CITY and the new operator to this  end.    Severability  If any provision of this agreement is held invalid or unconstitutional by any court of competent  jurisdiction, such decision shall have no effect on the validity of the remaining provisions of this agreement  and such remaining provisions shall continue to remain in full force and effect.    Precedence of Contract Documents  The total agreement between the parties consists of the documents specified in this paragraph. In the event of  a conflict or ambiguity arising between said documents, or any term or condition therein, the document having  precedence shall be determined as follows:    a. Any supplemental agreements executed after the date of this agreement.    b. This agreement and attachments thereto, including Exhibit A (Scope of Work).    c. Exhibits B (RFP) and C (CONTRACTOR’S proposal including any “Best & Final Offer”) to this agreement.     Additional Terms  In the case of dispute the prevailing party in any action between the parties to this agreement, brought to  enforce the terms of this agreement, may recover from the other party its reasonable costs and attorneys’ fees  in connection with such an action.    The validity in whole or in part of any provision of this agreement shall not affect the validity of other provisions.  CITY's failure to insist in any one or more instances upon the performance of any term or terms of this agreement  shall not be construed as a waiver or relinquishment of CITY's right to such performance or to future  performance of such a term or terms, and CONTRACTOR'S obligations in respect thereto shall continue in full  force and effect. Time shall be of the essence. Changes hereto shall not be binding upon CITY except when  specifically confirmed in writing by CITY.    IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this agreement to be executed by and through their  respective officers thereunto duly authorized on the date written below their signatures.  slotransit.org     Part Two: Operations and Maintenance Agreement (Draft) | Page 33      CITY      [CONTACTOR]    By:       By:  Title:        Title:    Attest:    By:       By:  Title:        Title:    Approved as to Form:  By:  Title:        slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 34      Part Three: Scope of Work  (AKA Exhibit A)    SLO TRANSIT, City of San Luis Obispo    PART THREE: SCOPE OF WORK ..................................................................................................................... 34  1. GENERAL INFORMATION .................................................................................................................................... 36  2. ROLE OF THE CITY .............................................................................................................................................. 36  A. Contract Administration ................................................................................................................................................ 36  B. Policies & Procedures .................................................................................................................................................... 36  C. Point of Contact ............................................................................................................................................................ 36  D. Routes & Schedules ....................................................................................................................................................... 36  E. Funding Management ................................................................................................................................................... 37  F. Vehicles, Equipment & Facilities ................................................................................................................................... 37  G. Marketing, Advertising & Public Communications ........................................................................................................ 38  H. Schedules, Passes, Tickets, Transfers and Service Brochures ........................................................................................ 38  I. Monitoring and Auditing ............................................................................................................................................... 38  J. Purchase of Fuel ............................................................................................................................................................ 38  K. Compensation ............................................................................................................................................................... 39  L. Federal Clauses .............................................................................................................................................................. 39  3. ROLE OF THE CONTRACTOR ................................................................................................................................ 40  A. Policies & Procedures .................................................................................................................................................... 40  B. Operations: Routes & Schedules ................................................................................................................................... 40  C. Funding Management ................................................................................................................................................... 40  D. Maintenance & Cleaning:  Vehicles, Equipment, Facilities and Street Furnishings ...................................................... 41  E. Facility Maintenance Program ...................................................................................................................................... 42  F. Marketing ...................................................................................................................................................................... 43  G. Point(s) of Contact ......................................................................................................................................................... 43  H. Staffing .......................................................................................................................................................................... 43  I. Failing to Employ Required Management ‐ Penalty ...................................................................................................... 45  J. Other Positions .............................................................................................................................................................. 45  K. Union Relations ............................................................................................................................................................. 47  L. Drug Testing .................................................................................................................................................................. 47  M. Customer Service .......................................................................................................................................................... 48  N. Training.......................................................................................................................................................................... 48  O. Training Equipment ....................................................................................................................................................... 48  P. Uniforms ........................................................................................................................................................................ 48  Q. Time Keeping ................................................................................................................................................................. 49  R. System Safety ................................................................................................................................................................ 49  S. Insurance ....................................................................................................................................................................... 49  T. Preventive Maintenance and Inspection ...................................................................................................................... 49  U. Vehicle Repair ............................................................................................................................................................... 50  V. Overhaul and Replacement (Major Components) ........................................................................................................ 50  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 35    W. Maintenance Records .................................................................................................................................................... 51  X. Parts Inventory .............................................................................................................................................................. 51  Y. Farebox Revenue Collection and Accounting ................................................................................................................ 51  Z. Operational Contingencies ............................................................................................................................................ 52  AA. Declared Emergencies ................................................................................................................................................... 52  BB. Disadvantaged Business Enterprises Goal ..................................................................................................................... 52  CC. Reporting ....................................................................................................................................................................... 52  DD. Financial Records ........................................................................................................................................................... 52  EE. Operating Reports ......................................................................................................................................................... 53  FF. Accident and Incident Reporting ................................................................................................................................... 53  GG. Compensation ............................................................................................................................................................... 54  HH. Surveys .......................................................................................................................................................................... 54  II. Penalties & Incentives (Liquidated Damages) ............................................................................................................... 54  JJ. Environmentally Friendly / Recycling Program ............................................................................................................. 55     slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 36      Part Three: Scope of Work  (AKA Exhibit A)  SLO TRANSIT, City of San Luis Obispo    1. GENERAL INFORMATION  This Scope‐of‐Work contains technical specifications concerning work to be performed by the independent  CONTRACTOR upon entering into a written agreement with the CITY. Proposing Contractors are instructed to  review the requirements outlined herein, and to prepare proposals which respond, as indicated in the Request  for Proposals, referencing the Scope‐of‐Work as appropriate.    This section describes the role of both the CITY and the CONTRACTOR, how they interrelate in this contract.  This section also defines the expectations for the CONTRACTOR in the area of transit operation, maintenance  and other performance requirements along with the penalties and incentives for not meeting such criteria.    ROLE OF THE CITY  The CITY is responsible for the general administration of the public transit system as it is developed to meet the  community needs and which demonstrate a stewardship of limited public resources, as outlined herein.    A. Contract Administration  The CITY is responsible for the administration of this contract, establishing clarifications, amendments and  addendums as well as issuing penalties (liquidated damages) and incentives as established per the contract.  Appendix G – Penalties & Incentives for a list of Penalties (Liquidated Damages) and Incentives.    B. Policies & Procedures  The CITY will establish policies, procedures and ordinances which do not conflict with Federal, State, Local laws  and statues, nor the CONTRACTOR’s documented safety practices.    C. Point of Contact  The CITY will provide a Transit Manager, or their designee, as the primary point of contact for issues related to  administering the public transit system and its related contract. Unless otherwise noted, the option of a Transit  Manager’s Designee is synonymous with use of “Transit Manager.”     D. Routes & Schedules  CITY shall be responsible for all planning and scheduling activities relative to routes, public schedules, service areas,  days and hours of operations, bus stop locations, location of street furnishings, preparation of planning  documents and other such activities relative to overall system administration.  The CONTRACTOR will provide  assistance, as requested by the City, in the development of these. Additionally, at times, the CITY may need to  develop new routes and schedules or make adjustments to existing service to reflect new developments,  changing road conditions, for improved operational functionality, to meet changing rider needs and/or reflective  of budget changes.  The CITY will inform the CONTRACTOR of these changes in advance.    slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 37    Short Range Transit Plan  As required, the City from time to time conducts a comprehensive analysis of its public transit system  known as a Short Range Transit Plan (SRTP).  These plans usually recommend significant operational  changes.  The current SRTP update is underway and is scheduled for adoption in spring of 2016. The  contractor will cooperate with CITY in implementation of these changes. In addition, the SRTP is  updated approximately every five (5) years and will be updated at least once during the upcoming  Contract period, if all extensions are executed.     Significant Service Changes  If service changes result in a greater than or equal to 15% change (up or down) in service hours, this  shall be cause for the CITY and the CONTRACTOR to renegotiation of the contract, if necessary.    E. Funding Management  The CITY is responsible for the funding associated with administering the public transit system and the reporting  to vested local, regional, state and federal agencies.  The City will be responsible for budgets, grant applications  and accounting. However, the CITY will rely on the CONTRACTOR to provide support data associated with such  reporting and fund management.    F. Vehicles, Equipment & Facilities  The CITY shall provide fixed‐route vehicles (buses), and at its discretion, ancillary support vehicles.  The CITY will  also provide system support equipment, such as: fare boxes, communication radios, an AVL system, computer  server, vehicle cameras, router/modems, limited computers, facility access control system, etc.  As well, the CITY  will provide an Operation and Maintenance facility, public Transit Center, street furnishings (e.g. bus stops) and  some equipment (e.g. vehicle lifts) which the CITY has deemed prudent to provide.  The provision for equipment  does not include mechanic tools which the CONTRACTOR is responsible for providing either directly or by  making employees provide on their own.    The CITY retains the right to perform spot‐checks on any of these without prior notice. The CITY must be  provided access to the facilities and vehicles 24 hours a day, 365 days a year.  The CITY retains the right to  acquire additional, replace existing, substitute existing or retire existing vehicles/equipment entirely without  replacement; according its own external and internal regulations, budgets or as it deems necessary.    Vehicles  The CITY currently provides a fleet of twenty (20) vehicles.  These include seventeen (17) diesel fixed‐ route buses ranging from 30‐40’ in length, one (1) diesel 30’ Trolley, one (1) 28’ gasoline cut‐away  vehicle, one (1) accessible minivan and one (1) shop truck with utility bed. The CONTRACTOR shall be  responsible for the upkeep of all vehicles to the satisfaction of the Transit Manager.  For a complete list  of currently available fixed‐route and ancillary support vehicles please refer to Appendix B.  These  vehicles will be leased out to the CONTRACTOR in the amount of $1 per vehicle per year and to be paid  prior to the start of every fiscal year (July 1st).      Equipment  Where it has been deemed prudent, the CITY has provided some equipment, such as vehicle lifts,  generator and a forklift. The CONTRACTOR shall assume all liability for said equipment and responsibility  upon the date of Contract agreement. There is no cost associated with the use of CITY owned  equipment but the CONTRACTOR is responsible for their regular maintenance upkeep and other needs  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 38    to keep equipment in service.  In addition, the CONTRACTOR is responsible for replacement if damaged  beyond repair at the determination of the Transit manager.  For a complete list of CITY provided  equipment please refer to Appendix D – City Provided Equipment    Facilities  The City provides a public Transit Center, located adjacent to City Hall at 990 Palm Street and a Bus  Maintenance and Operations Center located at 29 Prado Road. The CONTRACTOR shall be responsible  for the upkeep of the Operations and Maintenance facility and of any spills that occur at the public  Transit Center to the satisfaction of the Transit Manager. For a complete list and description of available  transit facilities please refer to Appendix E. These facilities will be leased out to the CONTRACTOR in the  amount of $1 per year and to be paid prior to the start of every fiscal year (July 1st).        Street Furnishings  SLO TRANSIT, or its designee, shall purchase, install, maintain and replace all street furnishings provided  for the benefit of the public using the SLO TRANSIT system. Such furnishings shall include, but not be  limited to, bus stop signs, posts, schedule holders, benches and shelters. Some upkeep is expected from  the CONTRACTOR, as designated by the Transit Manager.    G. Marketing, Advertising & Public Communications  The CITY shall prepare, place, schedule and pay for all advertising and promotional materials designed to  inform the public of SLO TRANSIT service updates and to promote ridership increase.  Specifically, the City is  responsible for the development of advertisement, marketing, promotional materials/events, design/production  of collateral service materials, management of social media, as well as the development of press releases and  public communication which convey pertinent information to the public. However the CITY may rely on the  CONTRACTOR to support such communication efforts with their staff’s participation and compliance with  established marketing programs.    H. Schedules, Passes, Tickets, Transfers and Service Brochures  CITY shall prepare, print and provide all required schedules, passes, tickets, transfers, service brochures and  like materials. CONTRACTOR shall distribute and disseminate such materials as appropriate in accordance with  the provisions of this agreement and any directions supplemental thereto as provided by SLO TRANSIT.    I. Monitoring and Auditing  The CITY shall have the right to have authorized personnel to board, at no cost to CITY, all buses utilized by  CONTRACTOR in the performance of service for the purpose of monitoring service. In addition, the CITY  reserves the right to monitor services in person or by making use of video surveillance and by audit all records  in connection with providing the public transit service, using hired personnel, without prior notification to the  CONTRACTOR.    J. Purchase of Fuel  The CITY shall review and approve the bid process the CONTRACTOR has used to identify an appropriate fueling  location on a quarterly basis.  CONTRACTOR shall provide measures to ensure fuel usage is only for use related  to providing the public transit system and not for personal use.    slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 39    K. Compensation  The CITY shall compensate the CONTRACTOR for work performed that is in conformity with this contract no later  than 30 days after monthly invoices which are due on the 10th calendar day following the month in closing are  deemed complete, unless expenses are being challenged by the CITY.  The CITY holds the right to challenge  expenses that appear to be outside the scope of work, are in excess or dispute, or have not been legitimized by  the monthly invoice submittal.    L. Federal Clauses  As recipient of Federal funds, the CITY abides by all applicable Federal Clauses the Master Agreement and all  pertinent Circulars related to Transit operations and by extension, so will the CONTRACTOR.  See Appendix F –  Federal Clauses for a complete list of Federal Clauses.    For Federal Transit Administration Agreements authorized by  49 U.S.C. chapter 53, as amended, Title 23, United States Code (Highways),  the Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act (MAP‐21),  the Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity Act: A Legacy for Users (SAFETEA‐LU),  as amended by the SAFETEA‐LU Technical Corrections Act of 2008, or other Federal laws that FTA  administers.     slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 40    ROLE OF THE CONTRACTOR  The CONTRACTOR is responsible for abiding by the CITY’s criteria for operations of the public transit system as  established herein this document.    A. Policies & Procedures  The CONTRACTOR shall abide by CITY established policy, procedures and ordinances that do not contradict  Federal, State, and Local laws and statutes.  The CONTRACTOR shall abide by CONTRACTOR’s documented safety  practices and procedures as approved by the City, and ensure that all their employees are made aware of these  and that corrective action(s) is taken if/when they are not in compliance.  The CONTRACTOR may establish its  own additional internal policies and procedures to ensure a safe and efficient operation and as additional  stewards of the public transit system.    B. Operations: Routes & Schedules  Abide by established Routes & Schedules, as set by the CITY, as well as provide feedback before, during and post  implementation in order to achieve a workable transit model which best meets community needs and yet  reflects the transit system’s reasonable capabilities.  See Appendix A – Route Schedule & Stats for a complete  description of Routes & Schedules    Service Change Assistance  At times, routes and schedules may need to be adjusted to reflect CITY growth, road conditions,  operational functionality, changing rider needs or changes to the transit budget.  The CITY will make  every effort to inform the CONTRACTOR of these changes.  CONTRACTOR will provide personnel to  assist in service change activities including, but not limited to, the following: new bus stop evaluations,  identifying bus stop location changes, runtime evaluation, bus stop schedule information changes,  painting red curb, rider alerts, passenger notifications, schedule deliveries, and other field work  assistance necessary to implement route/schedule changes.    Short Range Transit Plan  As required, the City from time to time conducts a comprehensive analysis of its public transit system  known as a Short Range Transit Plan (SRTP).  These plans usually recommend significant operational  changes.  The current SRTP update is underway and is scheduled for adoption in spring of 2016. The  CONTRACTOR will cooperate with CITY in implementation of these changes. In addition, the SRTP is  updated approximately every five (5) years and will be updated at least once during the upcoming  Contract period.     Significant Service Changes  If service changes result in a greater than or equal to 15% change (up or down) in service hours, this  shall be cause for the CITY and the CONTRACTOR to request of renegotiation the contract, if necessary.    C. Funding Management  The CITY is responsible for the funding associated with administering the public transit system; however the  CONTRACTOR is required to keep detailed records of expenditures and revenues (such as farebox) that assist in  the development of budgets and vested organization reporting.  The CITY retains ownership of such data and  records.  The CONTRACTOR shall adopt and practice methods of operation that demonstrate a good stewardship  of limited public funds.  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 41      D. Maintenance & Cleaning:  Vehicles, Equipment, Facilities and Street Furnishings  The CONTRACTOR shall be responsible for the maintenance of CITY provided vehicles, equipment and facilities,  as established by manufacturer’s manuals.  A penalty may be assessed if it is deemed that the CONTRACTOR  failed to do so, and as such, is responsible for the premature ruin of a vehicle, equipment and or facility.  The  penalty will reflect the cost to replace or fix the damaged asset that has occurred, as determined by the Transit  Manager.    Facility – Interior Cleaning  CONTRACTOR shall be solely responsible for janitorial services to the building and grounds of the  Operations & Maintenance Facility, either directly or by subcontracting. Facility cleaning will be done on  a weekly basis and include, but not be limited to the activities of: vacuuming, mopping, dusting, window  cleaning, emptying the trash, spot cleaning and restroom cleaning.  Failure to provide adequate  cleanliness is subject to Liquidated Damages, as described in Appendix G, subject to the Transit  Manager’s discretion. If major repairs are required, CONTRACTOR shall notify the Transit Manager in  writing.     Facility – Exterior Cleaning  CONTRACTOR shall be solely responsible for cleaning and landscaping of the exterior of the Operations  & Maintenance Facility.  Exterior facility cleaning will be done on a twice monthly basis and shall  include, but not be limited to: organizing, sweeping, weeding, pruning and picking up the trash around  the exterior of the entire facility, either by performing the tasks directly or by subcontracting.  Spills  must be addressed immediately. Failure to provide adequate cleanliness is subject to Liquidated  Damages, as described in Appendix G, subject to the Transit Manager’s discretion. If major repairs are  required, CONTRACTOR shall notify the Transit Manager in writing.     Vehicles ‐ Interior Cleaning  The interior of all vehicles shall be kept free of litter and debris to the maximum practicable extent  throughout the operating day. Vehicles shall be swept, mopped, dusted and wiped daily. During the  daily interior cleaning process, all foreign matter such as gum, grease, dirt and graffiti shall be removed  from interior surfaces, including interior panels, windows, seats and upholstery.     All graffiti and dirt adhered to the seats, interior panels and windows must be removed within 24 hours.  Any damage to seat upholstery shall be repaired within twenty‐four (24) hours upon discovery. The  interiors of all vehicles shall be thoroughly cleaned at least twice per week, including all windows, seats,  floor, stanchions and grab rails. Ceilings and walls shall be thoroughly cleaned at least once per month,  or more often as necessary. Floors shall be waxed with a non‐slip wax at least once per month, or more  often as necessary. The interior glass for the destination sign shall be cleaned as necessary to maintain a  clean appearance and maximize visibility.     Vehicles ‐ Exterior Cleaning  CONTRACTOR shall remove all graffiti, dirt and/or other marks on the vehicle exterior within twenty‐ four (24) hours of discovery. Exteriors of all vehicles shall be washed as required to maintain a clean,  inviting appearance and in no event less than once per week unless otherwise indicated by the Transit  Manager, as in the case of drought conditions. Exterior washing shall include the vehicle body, all  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 42    windows and wheels. Rubber or vinyl exterior components such as tires, bumper fascia, fender skirts  and door edge guards shall be cleaned and treated with a preservative at least once per month, or as  necessary to maintain an attractive appearance.    CONTRACTOR shall maintain an up‐to‐date record of all washings and cleanings. Said record shall be  made available to Transit Manager upon request. A vehicle may be removed from service by the Transit  Manager for unacceptable appearance, and CONTRACTOR shall be subject to penalties.    CONTRACTOR shall be subject to random spot checks where a CITY staff member checks a sample of  vehicles. CITY reserves the right to pull vehicles out of service if they do not meet the standards set  forth in this contract. This check will look for cleanliness problems, graffiti, W/C lift operation, seat  conditions, mechanical operations, mechanical conditions, and any other critical items CITY deems  important.     Hand Sanitizers  Where found on vehicles, hand sanitizer dispensers are made available for the benefit of the public.   The CONTRACTOR will maintain these in working order and assure that they are refilled as needed, but  may charge back to the CITY, at‐cost, the expense of refilling them by itemizing this cost in the monthly  invoice and by providing back‐up as proof of purchase.    Street Furnishings  SLO TRANSIT, or its designee, shall purchase, install, maintain and replace all street furnishings provided  for the benefit of the public using the SLO TRANSIT system. Some upkeep is expected from the  CONTRACTOR, as designated by the Transit Manager.  This may require weed abatement, applying  safety tape to indicate its unavailability and debris/part recovery (e.g. broken glass and collecting  broken pieces)      The CONTRACTOR shall make an attempt to use sanitation/germ killing cleaning products but consideration  should also be given to environmentally friendly cleaning products. These products are subject to approval by  the Transit Manager.     Provided vehicles, equipment and facilities are only for the public transit system purpose.  Vehicles, equipment  and facilities cannot be used for any other purposes without explicit consent from the Transit Manager.    E. Facility Maintenance Program  The CONTRACTOR shall create and submit for approval, by the Transit Manager, a Facility Maintenance Program  specifying a designation of work, the method, degree and frequency of work of its Facility Maintenance Program  to satisfy requirements of in Section D. At a minimum the facility must be maintained, secured, safely operated  and accessible. Failure to comply with the approved Preventative Maintenance Program is subject to Liquidated  Damages as described in Appendix G – Penalties & Incentives.    Spill Containment Plan & Clean Up  In addition to regular preventative maintenance and upkeep, the Contractor shall develop a Spill  Containment plan.  This plan will address, to the satisfaction of the Transit Manager, how spills of  vehicles fluids will be mitigated, managed and addressed.  The Contractor shall also have spill  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 43    containment kit(s) with proper personal protective equipment, clean‐up equipment and materials to  address such spills should they occur.  The Transit Manager is to be notified of all spills within 24 hours  of the event.  Since incidental vehicle fluid leakage is typical in any transit operation, the Contractor shall  also once a year have bus bays at the Transit Center and Bus Yard steam cleaned to reduce the risk of  run‐off.      F. Marketing  The CONTRACTOR is responsible for abiding by and supporting CITY established advertising/marketing efforts.   This may include, but is not limited to: stocking of brochures, maps, guides, flyers, on‐vehicle ad placement and  removal (i.e. car cards), driver’s deliberate (as oppose to passive) participation in distribution of materials,  audibly informing the public on and off transit vehicles of running promotions, staffing public events, making  vehicles and drivers “show ready” for on camera appearances, etc.  The CONTRACTOR may charge back an  employee’s time, at no more than their regular hourly rate (plus overtime rate if required), when they are used  away from typical fixed‐route operations.  The CONTRACTOR cannot double charge the CITY if the promotion  runs parallel to their typical on‐duty obligations.    G. Point(s) of Contact  The CONTRACTOR must provide the CITY a current up‐to‐date list of point of contacts for key positions as  described herein in this document. These include at a minimum:  One (1) Resident General Manager, One (1)  Maintenance Manager and One (1) Operations Manager. These are key personnel who will be expected to  provide primary contact with CITY staff and be responsible for management and supervision of CONTRACTOR’s  employees.  The names and resumes of these specific individuals and all other CONTRACTOR’s Management  Staff shall be provided as part of the CONTRACTOR’s Proposal.     Additionally, the CONTRACTOR must provide the contact information (name, title, phone, email address, mailing  address) of related key individuals based in corporate and/or regional offices.    H. Staffing  The CONTRACTOR is responsible for all issues related to employment (i.e. recruitment, qualification verification,  training, retention, compensations, corrective actions, dismissal and all points in between) related to securing  and retaining qualified staffing needed for meeting operational needs of the public transit system, as established  by the CITY.      Where there is a known need, the CITY has established the minimum key positions and criteria that are required  to be met. These individuals will be expected to located at the CITY’s Transit Operations & Maintenance  facility located at 29 Prado Road, and shall perform no other work, thus, solely working on this Contract.   The key positions include the following with each needing approval by the City prior to use on the Contract:     Resident General Manager  The CONTRACTOR shall designate and provide the services of a full‐time Resident General Manager  (GM), subject to the review and approval of the Transit Manager.  A Resident GM is defined as the local  area top‐level manager who operates directly out of the designated local facility and not remotely from  another location.     The GM must have a minimum of five (5) years of experience in the transportation operations field,  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 44    including at least three (3) years of supervisory experience with management of drivers and transit  operations. Four years of college may be substituted for two years of transportation experience or for  one year of supervisory experience.  The GM’s primary responsibility is to abide by the established  scope of work herein described in the contract and maintaining compliance with local, state and federal  laws and regulations (i.e., FTA, EPA, OSHA, DOT, ADA and EEOC).  This includes ensuring necessary staff,  vehicles, equipment and facilities are in adequate availability and compatibility to established laws,  policies, procedures, schedules, routes, promotions and reporting requirements and are carried out in a  safe and professional manner as extended stewards of the public transit system.  The GM will hold  regular meetings, as designated by the Transit Manager, to convey and discuss issues, trends and  happenings as they relate to the public transit system.    The GM cannot be replaced without the written consent of the Transit Manager unless their  replacement is due to proven unlawful actions.  Where possible, notice of at least 30 calendar days  must be made to notify the Transit Manager of a requested change to the GM position.  Where due to  unanticipated and unpreventable incidents that cause a designated GM to become unavailable, the  Transit Manager will be notified immediately.  The position must not remain vacant for more than 30  days.      Operations Manager  CONTRACTOR shall provide the services of a capable Operations Manager, subject to approval of the  Transit Manager. The Operations Manager must have at a minimum four (4) years’ experience in the  industry and have a CDL license and the appropriate endorsements to provide revenue service on an  emergency basis. The Operations Manager is subordinate position to the GM and will assist the GM in  the oversight of employees of CONTRACTOR and monitor operational activities associated with this  contract. The Operations Supervisor must have sufficient skillsets to be capable of assuming the duties  of the GM on an interim basis at times the GM is unavailable due to sickness or vacation.  Technical  expertise is considered as important as administrative abilities for this position.     The Operations Manager cannot be replaced without the written consent of the Transit Manager unless  their replacement is due to proven unlawful actions. If an acceptable replacement is not found within  ten (10) days after the Operations Supervisor has departed, CONTRACTOR shall assign a senior  management official, or other supervisor approved by the Transit Manager to serve as interim  Operations Manager until a suitable permanent replacement is found. CONTRACTOR shall undertake all  reasonable efforts in good faith to maintain quality and continuity in its selection of the Operations  Manager.      Maintenance Manager  CONTRACTOR shall provide the services of a capable Maintenance Manager, subject to approval of the  Transit Manager.  The Maintenance Manager shall be directly responsible for maintaining the fleet, and  other maintenance work, as specified by law and described in this contract. The Maintenance Manager  should have at a minimum four (4) years’ experience in the industry, two (2) of those in a supervisory  capacity, CDL Operator’s license (with required endorsements) and have at a minimum  four (4) ASE  mechanic certifications or similar.  The four (4) minimum ASE certifications must include the following  ASE type of certifications: diesel/gasoline engines, drive train, brakes, suspension and steering,  electrical, preventive and heating and A/C.  While some maintenance work can be outsourced, it is  expected that a vast majority will be conducted in house.  Technical expertise is considered as important  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 45    as administrative abilities for this position.     These individuals will be expected to work out of the CITY’s Transit Operations and Maintenance facility,  located at 29 Prado Road, and shall perform no other work, thus, solely work on this Contract.    CONTRACTOR shall assure CITY that none of these key positions, designated for this project, will be  replaced without the written consent of the Transit Manager. Should the services of any of these key  positons become no longer available to the CONTRACTOR, the resume and qualifications of the proposed  replacement shall be submitted to the Transit Manager for approval as soon as possible, but in no event,  later than ten (10) business days ‐ except in the case of the GM which is allowed 15 business days ‐ prior to the  departure of the incumbent, unless CONTRACTOR is not provided with such notice by the departing employee.    In such cases, the CONTRACTOR shall find a suitable replacement within fifteen (15) business days, with the  exception of the GM which has twenty (20) business days.    The proposed replacement candidates will be interviewed by the Transit Manager.   The Transit Manager shall  have up to five (5) working days following receipt of these qualifications to respond to CONTRACTOR  concerning acceptance of the candidate for replacement. The Transit Manger retains the right to approve or  deny proposed replacements.     I. Failing to Employ Required Management ‐ Penalty  If an acceptable replacement is not found within the allotted time, CONTRACTOR shall be assessed a penalty as  indicated under Appendix G – Penalties & Incentives , including all fringe benefits for each calendar day of the  position not filled. This assessment will not be made commencing the thirty first (31) day following the failure  to employ a GM and on the sixteenth (16) day following failure to employ an Operations or Maintenance  Manager.     J. Other Positions  As opposed to the previous listed positions, the following positions are completely under the discretion of the  CONTRACTOR to employ and dismiss in accordance with applicable laws.  However, as determined by the CITY,  the following positions must be established as they play a key role in the successful operations of this public  transit system.    Road Supervisor / Trainer(s)  CONTRACTOR shall provide full time Road Supervisor(s) to monitor drivers, passengers and vehicles  operating in revenue service.  If the Road Supervisor also doubles as a “Driver Trainer,” the  CONTRACTOR shall ensure that at least a second Road Supervisor is available to respond to issues in the  field.  The Road Supervisor position requires at least two years industry supervisory experience, have  valid CDL’s and endorsements.    The Road Supervisor(s) serve as first line supervisors and respond to issues and developments in the  field.  Work shifts of Road Supervisors (in conjunction with the Operations Manager) shall sufficiently  cover revenue service hours.  At a minimum, there must be one Road Supervisor available during all  Revenue Service Hours. At the discretion of the Transit Manager, Road Supervisor(s) may be asked to  support special projects, such as NTD sampling, surveys and other projects.  CONTRACTOR shall develop,  implement and maintain formal procedures to be used by Road Supervisory personnel.     slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 46    Dispatcher(s)/Call Taker(s)   CONTRACTOR shall provide an adequate fixed number of persons to perform dispatching/call taking  functions during all operating hours.  This position is viewed as safety‐sensitive and mission‐critical  position.  Therefore, this position shall primarily focus on dispatching/call taking and not perform other  work that is not directly related to the dispatching/call taking function (e.g. HR, Payroll,  administrative/clerical tasks) except for perhaps minor duties (e.g. data‐entry work) as long as they do  not detract from effectively maintaining the safety, performance or customer service level of the public  transit system.     These persons shall be directly involved in maintaining the successful operation of the public transit  system.  Work duties include, but are not limited to: ensuring all routes are fully covered (staffed),  making vehicle assignments in accordance with maintenance schedules/issues, assure public schedules  are maintained, coordinate driver breaks and swaps, exercising “catch‐up” or “shadow‐bus” procedures,  coordinate vehicle maintenance swaps, maintaining proper radio communication, help direct  contingency operational changes (e.g. detours), answer public inquiries over the phone and maintaining  the daily dispatch log. The dispatch log format and contents is subject to the approval of the Transit  Manager.     Dispatchers and call takers, as well as any other individuals who may from time to time be assigned to  working the telephone/information phone lines shall be trained in proper telephone etiquette.  Employees will be monitored for courtesy and tact; refresher training offered, as necessary.  Duties will  include taking general public calls, inquiries and complaints.    Administrative/Clerical Staff  Separate from Dispatching, Administrative staff can be used for administrative/ clerical functions as they  relate to the CONTRACTOR and CITY work. This work may include: HR functions, payroll, accounting,  data‐entry, etc.     Mechanic(s)/Technician(s)  The CONTRACTOR will provide sufficient support mechanics/technicians as to maintain continuity of  operations but no less than one mechanic (not including the Maintenance Manager) per Nine (9)  vehicles. Upon acquisition of the nineteenth (19th) operable vehicle (discarding vehicles in contingency  fleets or to be retired) an additional mechanic/technician shall be brought on. At least one other  mechanic must also have a minimum of four (4) ASE certifications in the categories of: diesel/gasoline  engines, drive train, brakes, suspension & steering, electrical, preventive maintenance and heating &  A/C.      Utility(s)  Utility staff provides support to daily operations in the general realm of restocking, refueling, cleaning  and other support functions.    Drivers (a.k.a. Operators)  CONTRACTOR shall be entirely responsible for the employment, training, licensing, retention and  supervision of drivers as necessary to successfully maintain system operations. Such responsibilities  shall include, although not necessarily be limited to: driver recruitment, screening, selection, training,  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 47    testing, payroll, supervision, union relations, evaluation, corrective actions, termination and all points in  between. CONTRACTOR shall use appropriate driver screening and selection criteria in order to employ  qualified drivers of CITY vehicles.  These criteria will include, although not necessarily be limited to:     Department of Motor Vehicles license check,   Criminal record check, and   Drug and substance abuse testing in conformance with all United States Department of  Transportation regulations, State of California and City of San Luis Obispo requirements.    CONTRACTOR shall be responsible for all applicable labor assignments for revenue service drivers. The  composition of CONTRACTOR’s labor assignments shall reflect a balance between efficient labor  utilization and reasonable personnel practices supporting driver longevity retention.    Drivers shall be in uniform at all times while in service or otherwise on duty. The CONTRACTOR shall  provide driver uniforms for its employees. CONTRACTOR shall comply with applicable state and federal  employment laws at all times, including Section 1735 of the California Labor Code and Title VI of the  Civil Rights Act of 1964 (PL 88‐352).  In times where the AVL system is not working, drivers will have to  audibly call out stops for the primary benefit of visually impaired passengers as specified by Americans  with Disability Act laws.    Drivers will, when requested by CITY, hand out notices to passengers or otherwise render assistance in  CITY’s monitoring and supervising operations. Driver will conduct surveys to collect passenger data as  specified by the CITY.  Drivers will be required to honor special passes, collect tickets and issue and  collect transfers as directed by CITY. Drivers will not handle money, unless in aid of passengers with  disabilities. Drivers will record ridership counts by passenger category on manual and/or electronic  counters provided on the buses if deemed necessary by the CITY.  Drivers will enforce CITY’s rules of  conduct with passengers.    Driver(s) Use for Non‐Revenue Service  From time to time the CITY participates at public events or promotional opportunities and requires the  assistance of the CONTRACTOR.  In such cases, the CONTRACTOR may assign a driver who has  demonstrated excellent public relation skills.   The CITY retains the right to accept or refuse the driver  selection.     The CONTRACTOR may charge back an employee’s time, at no more than their regular  hourly rate, when they are used away from typical fixed‐route operations.  The CONTRACTOR cannot  double charge the CITY if the promotion runs parallel to their typical on‐duty obligations.    K. Union Relations  The CONTRACTOR shall be responsible for all issues related to Union(s) vested in this contract.  However, the  GM shall keep the CITY informed of issues that might or will affect the public transit system.    L. Drug Testing  Drug testing must be done in compliance with the United States Department of Transportation regulations.  This includes pre‐employment, post‐accident, random and probable cause testing. CONTRACTOR will submit a  copy of their drug testing policy and program to CITY prior to commencing work on the contract. CONTRACTOR  will also submit ongoing reports as required by CITY, the United States Department of Transportation, and the  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 48    Federal Transit Administration.  The CONTRACTOR will bear the cost of this program.    M. Customer Service  CITY shall provide telephone extensions for use by CONTRACTOR for providing telephone information and  receiving reservations for revenue service. Contractor shall maintain a courteous, professional and composed  demeanor during all interactions with the public. The existing telephone lines will be provided for revenue  services. CONTRACTOR shall provide trained personnel to receive incoming telephone calls. Telephones will be  answered during all hours there is a bus in revenue service to provide information as requested by customers  and other agencies. Adequate customer information staffing shall be provided during these times.  CONTRACTOR shall arrange work shifts which efficiently reflect the volume of incoming telephone calls.    When dealing with the public in person, the CONTRACTOR will be in clothing that identities them as  CONTRACTOR employees, if not in uniform.  The CONTRACTOR will do what is reasonable to address customer  comments, concerns and complaints; demonstrating professionalism and tactfulness as extended stewards of  CITY resources.  Issues that cannot be resolved may be escalated to the Transit Manager or their designee.    N. Training  All positions shall receive formal training at the sole expense of CONTRACTOR. CONTRACTOR shall  develop, implement and maintain a formal training and retraining program for all drivers in accordance with  Federal and State of California laws. The program must provide a minimum of 40 hours of training for new  employees, including classroom instruction, behind‐the‐wheel training, and in‐service training, under  supervision of a qualified instructor. The program must provide formal retraining measures, including  criteria for determining the success of retraining efforts.    CONTRACTOR shall not conduct behind‐the‐wheel training with vehicles provided by CITY while in revenue  service hours.  “Cadeting,” however, is allowed in order for drivers to achieve proficiency as operators of  revenue fixed‐route vehicles.  All drivers must complete CONTRACTOR formal training program as approved  by CITY and be licensed with a valid California Class 2 Operator’s License and endorsements, prior to entering  revenue service.    O. Training Equipment  CONTRACTOR shall provide all training equipment including, but not limited to, the following: TV, media  (DVD) player, video recorder and all other audio and visual equipment associated with driver and safety  training, unless otherwise already provided by the CITY.    P. Uniforms  The CONTRACTOR shall provide its employees who have contact with the public, uniforms, (polo shirts and  khakis) either directly or by providing an allowance, and establish a uniform code for proper decorum subject to  the approval of the Transit Manger. Changes to the uniform or uniform code must be approved or made by the  Transit Manger.  Where both organizations find it advantageous, scheduled changes can be made to the  uniforms which are in‐line with promotional opportunities, such as: Hawaiian (or Guayabera shirt) weekends  which are allowed during “Summer Schedule months.”  In such instances, drivers choosing to participate will  provide their own Hawaiian (or Guayabera) shirts that still meet proper decorum.    slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 49    Q. Time Keeping  At all times during operation of any bus in connection with these services, administrative staff and drivers shall  have available a time piece havin the ability to measure seconds and to be at the accuracy of plus (+) one (1)  minute per month and set each day in accordance with the CITY’s Automatic Vehicle Locations (AVL) system.      R. System Safety  The safe operation of the public transit is considered to be the highest priority of the CITY. CONTRACTOR shall  assume full responsibility for assuring the safety of passengers and indemnify the CITY of issues arising from  CONTRACTOR’s work. The CONTRACTOR shall also be responsible to ensure operations personnel and  CITY’s capital assets are maintained at the highest possible level throughout the duration of the  Agreement. CONTRACTOR shall comply with all applicable California Highway Patrol and OSHA  requirements.    Safety Program  CONTRACTOR shall develop, implement and maintain a formal organizational safety program.  CONTRACTOR shall assume full responsibility for assuring that the safety of passengers, operating  personnel and SLO TRANSIT vehicles and equipment are maintained at the highest possible level  throughout the term of this agreement. CONTRACTOR shall comply with all applicable California  Highway Patrol and OSHA requirements, and shall furnish SLO TRANSIT with copies of annual CHP  inspections and safety compliance reports including pull notices and any other related documents.    S. Insurance  CONTRACTOR shall procure and maintain in full force, insurance at the levels prescribed in Part 2 – Insurance  Requirements, of the Agreement.  CONTRACTOR’s insurance policy shall cover CITY employees with  appropriate California DMV licenses to operate CITY owned equipment at the sole request of the Transit  Manager.   CONTRACTOR shall charge CITY for the direct cost of insurance only.  CITY’s designated employees  will be covered for liability insurance.    T. Preventive Maintenance and Inspection  CONTRACTOR shall perform all preventive maintenance work on all vehicles and equipment used in the  provision of the service associated with this agreement. CONTRACTOR shall adhere strictly to  the preventive  maintenance schedules in accordance with industry standards. This schedule shall be considered by  CONTRACTOR to be the minimum requirement only, and shall not be regarded as reasonable cause for  deferred maintenance in specific instances where CONTRACTOR employees observe that maintenance is  needed in advance of schedule.    CONTRACTOR shall not defer maintenance for reasons of shortage of maintenance staff or operable buses, nor  shall service be curtailed for the purpose of performing maintenance without prior consent of SLO TRANSIT.  CONTRACTOR shall adjust the work schedules of its employees,  as necessary to meet all scheduled services  and complete maintenance activities according to the established maintenance schedule. All maintenance  procedures must meet or exceed all manufacturer recommendations, CARB, OSHA, CHP and any other fleet  regulatory requirement.    Preventive Maintenance Program  The CONTRACTOR shall create and submit for approval, by the Transit Manager, a Preventive  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 50    Maintenance Program specifying the method, degree of work and frequency of its Preventive  Maintenance Program. Failure to comply with the approved Preventive Maintenance Program is subject  to Liquidated Damages as described in Appendix G.    U. Vehicle Repair  All repairs to vehicles shall be performed either by or under the direction of CONTRACTOR unless otherwise  specified by SLO TRANSIT. Repairs shall include, although not be limited to, work to correct loss, damage, or  mitigation of wear and tear of vehicles, body repair and painting due to damage, replacement or repair of worn  or damaged seats and rebuilding or replacement of all vehicle components, systems or accessories except as  provided under this agreement. Repair work shall be conducted as soon as possible upon learning that such  work is required. CONTRACTOR shall repair problems noted during scheduled inspections on a timely basis.  CONTRACTOR shall assure CITY that required repairs shall not be deferred beyond a reasonable time.  CONTRACTOR shall document the time and nature of repair work completed.  Preventive maintenance and running repairs shall receive first priority in the application of CONTRACTOR'S  resources. Major repairs, such as major component rebuilds or replacement, shall be second priority and  performance of such work shall depend on the availability of resources. CONTRACTOR shall be expected to  consult with SLO TRANSIT immediately when available resources cannot cover all maintenance and repair  work. In such circumstances, work priorities shall be set by SLO TRANSIT and/or SLO TRANSIT may use other  vendors and suppliers to make major repairs should CONTRACTOR be unable for whatever reason to perform  this work. All expenditures by CONTRACTOR for major repairs in excess of this agreement must be pre‐ authorized by SLO TRANSIT and be procured through standard SLO TRANSIT purchasing procedures.    All parts, materials, lubricants, fluids, oils and service procedures used by CONTRACTOR on all SLO TRANSIT  vehicles and equipment shall meet or exceed Original Equipment Manufacturer (OEM) specifications and  requirements. All outside vendors, such as machine shops, component re‐builders or accident repair shops,  shall be fully authorized by the OEM to make repairs and utilize only parts, materials, lubricants, fluids, oils and  procedures that meet or exceed OEM specifications and requirements.    CONTRACTOR shall maintain records on all SLO TRANSIT vehicles including warranty work, preventive  maintenance, and repairs done on each unit. CONTRACTOR shall maintain and repair equipment in accordance   with manufacturer's instructions  and  warranty  conditions  as  well  as  general practices of the transit  industry. Any insurance or warranty payment received by CONTRACTOR for loss or damage for which SLO  TRANSIT is financially responsible shall be assigned to SLO TRANSIT. CONTRACTOR shall be familiar with vehicle  and equipment warranties and shall comply with all warranty provisions in the conduct of its maintenance  functions. CONTRACTOR shall be responsible for any warranty deductibles that may accrue.    V. Overhaul and Replacement (Major Components)  CONTRACTOR shall be responsible for monitoring the condition and performance of vehicle engines,  transmissions, differentials and all parts in between so as to maximize their useful life and avoid costly  catastrophic failures. At a minimum, CONTRACTOR’S monitoring program shall consider miles accumulated;  fuel, oil, transmission fluid and differential oil consumption trends; loss of power; and erratic performance. A  comprehensive fluid analysis program, to be approved by SLO TRANSIT, is required.    If CONTRACTOR determines that an engine, transmission or differential unit needs to be overhauled or  replaced, CONTRACTOR shall notify SLO TRANSIT in writing detailing the reasons for such a determination. The  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 51    notice shall include detailed findings and a summary of any data that supports the conclusion. If SLO TRANSIT  determines that the need for such work resulted from poor maintenance, monitoring failure, neglect or abuse  by CONTRACTOR, SLO TRANSIT shall not be liable for the cost of such work. To the extent possible,  CONTRACTOR shall be responsible for the labor cost of removing and replacing the affected component and  assist in the solicitation and evaluation of outside vendors for the desired overhaul or replacement.    W. Maintenance Records  CONTRACTOR shall prepare, maintain, reduce to written or electronic form and make available to SLO TRANSIT,  records and data relative to vehicle, vehicle accessory and radio system maintenance. Maintenance records  shall be maintained on each vehicle indicating all warranty work, preventive maintenance, mileage, road calls,  fuel and oil consumption, downtime and repairs performed on each vehicle. All such records and reports shall  be prepared and maintained in such a manner so as to fulfill any applicable requirements of state or federal  statutes, as well as any needs of SLO TRANSIT to accurately enable it to evaluate CONTRACTOR'S maintenance  performance.    Records of all maintenance and inspections shall be made available to SLO TRANSIT, the California Highway  Patrol and other such regulatory agencies with jurisdiction when requested. SLO TRANSIT maintains the right  to inspect, examine and test, at any reasonable time, any equipment used in the performance of maintenance  work in order to ensure compliance with this agreement.  Such inspection shall not relieve the CONTRACTOR of  the obligation to continually monitor the condition of all vehicles and to identify and correct all substandard or  unsafe conditions immediately upon discovery. CONTRACTOR shall transport any or all vehicles to any required  inspection facilities when requested. In the event that CONTRACTOR is instructed by SLO TRANSIT or any other  regulatory agency to remove any equipment from service due to mechanical reasons, CONTRACTOR shall make  any and all specified corrections and repairs to the equipment and resubmit the equipment for inspection and  testing before it is again placed in service.  All maintenance records and reports shall be retained and  maintained for as long as each vehicle is owned and/or operated by SLO TRANSIT or until this agreement  expires or is terminated.    X. Parts Inventory  CONTRACTOR shall establish and maintain an ongoing spare parts inventory sufficient to minimize vehicle  down time and ensure that peak vehicle requirements are met. All parts and any equipment or vehicles  purchased in support of or under this agreement shall become the property of SLO TRANSIT and shall be  returned to SLO TRANSIT upon the completion or termination of this agreement for any reason.    Y. Farebox Revenue Collection and Accounting  All farebox revenues collected on vehicles operated in fixed route service are the property of the CITY.  CONTRACTOR shall make all reasonable efforts to collect fares on behalf of CITY. CITY shall provide a fare and  transfer policy and shall retain sole option to adjust such policy and fares. CITY shall provide electronic  registering fareboxes, farebox receiving vault, and farebox computer.  CONTRACTOR shall provide bill counters  and coin counters.    CONTRACTOR shall develop a secure fare revenue processing process, subject to approval by Transit Manager,  to account for revenues collected on fixed route buses and deposit them into local bank account designated by  CITY for that purpose. CONTRACTOR shall not open vaults prior to 8.00 a.m. on the next operating day  following the day for which revenues were collected. CITY reserves the right to count revenues contained in  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 52    each farebox vault. CONTRACTOR shall faithfully deposit farebox revenue into CITY’s account not later than one  (1) banking day after the day for which revenues are collected.    CONTRACTOR shall be responsible for any and all lost revenue collected in fareboxes and shall pay the CITY the  lost revenue if the amount of collected fares is LESS than calculated fare revenue from the electronic and non‐ electronic fareboxes that is in excess of .5% difference between reported fares collected by GFI fareboxes and  deposited fares, as reconciled at the end of each month.    Z. Operational Contingencies   CONTRACTOR shall develop, implement, and maintain formal procedures to respond to emergencies and  routine problems. Such occurrences to be addressed include, although are not necessarily limited to: in‐ service vehicle failures, revenue vehicle buses operating more than fifteen (15) minutes behind published  schedule, lift failures on buses in service, passenger disturbances, passenger injuries and vehicle collisions.   Note that vehicle issues that present unsafe or non‐ADA compliance must be removed from revenue service.    AA. Declared Emergencies  In the event of a declared emergency, the CONTRACTOR shall deploy vehicles in a manner described by the  CITY. CITY shall only be obligated to provide compensation to the CONTRACTOR for service which significantly  exceeds the normal expense of operating the service during such period of declared emergency.    BB. Disadvantaged Business Enterprises Goal  SLO TRANSIT is a federal recipient of public funds and uses these funds for many of its contract opportunities.   As such, SLO TRANSIT is also committed to Federal Transit Administrations desire for minority and or women  owned businesses, known as Disadvantage Business Enterprises (or DBEs), to have equal access and opportunity  to contracts paid for with these public funds.     Therefore SLO TRANSIT has established a proportionate goal, to total funds received, for DBEs to have greater  opportunities to access via contract work.  A monitoring program is also in place to help gauge the success of the  established goal program; whereby, the participation levels of certified DBEs and the funds spent with them are  tracked and reported to the federal government on a biannual basis.    Whereas the Operations & Maintenance contract reflects a use of Federal Funds the CITY encourages the  CONTRACTOR to adopt the CITY’s established DBE goal and assist the CITY in achieving said goal, support DBE  outreach efforts and report on DBE subcontracting to the CITY.  See Appendix H – DBE Goal for the established  and current goal.    CC. Reporting  As part of providing a public transit system, reports are established to provide clear and transparent  information regarding the use of limited public funds.  The CONTRACTOR will comply with the CITY’s reporting  requirements as established in Appendix I – Reporting Requirements.    DD. Financial Records  Financial and accounting records shall be prepared and maintained in a complete, detailed and accurate  manner, in accordance with generally accepted accounting principles, pursuant to the requirements of any  applicable state or federal statute or regulation regarding accounting and financial reporting for publicly  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 53    financed transit systems, including but not limited to, Level R or the Uniform Financial and Reporting Elements  as required under the National Transit Database System (Section 15) of the Federal Transit Act of 1964, and  Section 99243 of the California Public Utilities Code, as each of the foregoing are now in force or may hereafter  be amended. Such records shall fairly and clearly disclose all of CONTRACTOR'S costs incurred by virtue of its  operation of SLO TRANSIT, including but not limited to, pay and employee benefits, materials and supplies,  utilities, maintenance, contractual services, and all the related operating costs.    CONTRACTOR'S records shall be kept with sufficient detail to constitute an audit trail to verify that all costs  charged to SLO TRANSIT by virtue of this agreement are due to the operation of SLO TRANSIT's system only and  are not due to the operation of any other service by CONTRACTOR. Such records shall be provided to SLO  TRANSIT upon request for purposes of complying with Federal, State, and Local reporting requirements.    EE. Operating Reports  CONTRACTOR shall gather, maintain, prepare and submit to SLO TRANSIT such operating information, records  and reports as may reasonably be required to allow SLO TRANSIT to evaluate and analyze the type and quality  of the services provided pursuant to this agreement. Such information and records shall include, but not be  limited to, passenger boardings by service, route, day and fare category; vehicle service and revenue hours and  miles by service, day and route; required ADA information; farebox revenues received; vehicle mileage, fuel  consumption; accident, incident and road call information; service quality information including missed trips,  on‐time performance, wait times, service complaints and unfulfilled service requests; staffing and training  information; maintenance activity by vehicle including wheelchair lift, air conditioning and service availability  status.    A monthly activity report including the above and any other pertinent information shall be submitted to SLO  TRANSIT by the 10th day of the month following the reporting period. The report shall highlight any problems  encountered along with suggested solutions. The CONTRACTOR will comply with the CITY’s reporting  requirements as established in Appendix I – Reporting Requirements.    CONTRACTOR shall assist in conducting all required surveys, compiling data in the required format and  submitting reports to SLO TRANSIT for compliance with the National Transit Database System (Section 15) of  the Federal Transit Act for motor bus, commuter bus and demand response services.    FF.     Accident and Incident Reporting  CONTRACTOR shall develop, implement and maintain formal procedures to respond to and report emergencies  and routine problems that from time to time occur in the course of providing transit service. Such occurrences  to be addressed include, but are not limited to, in‐service vehicle failures, in‐service lift failures, passenger  disturbances, passenger injuries and vehicle accidents.    CONTRACTOR shall notify CITY’s Transit Manager, or their designee in their absence, of any accident involving a  CITY vehicle immediately and under no circumstance longer than four (4) hours of its occurrence. In the case of  an injury accident or incident, verbal notification shall occur immediately or as soon as possible thereafter. A  complete written report of any accident or incident shall be delivered to the Transit Manager as soon as it is  practical to do so.    CONTRACTOR is requested, but not required, to cause all vehicle operators to report public safety incidents  observed by them to the on‐duty dispatcher, who, in turn, is to be requested by CONTRACTOR to refer all such  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 54    incident reports to the proper authorities. Such observed incidents shall include, but not be limited to, fires,  criminal acts, suspicious circumstances, public right‐of‐way obstructions, natural disasters, public intoxication  and the like. Beyond reporting such incidents, neither CONTRACTOR nor any of its employees shall have any  responsibility of any kind or character to act further with respect to them.    GG. Compensation  The CONTRACTOR is solely responsible for documenting work and expenditures in order to receive  compensation.  Failure to provide proof can be causation for denial of compensation by the CITY.  Backup  materials substantiating charges must be included in the monthly invoices.  The CITY reserves the right to review  documentation and challenge charges.    Fuel Cost Reimbursement  The CITY will pay all fuel related costs for Revenue CITY owned vehicles. CITY owned support vehicles  are to be used exclusively for supervising and maintenance duties. The CITY will receive a monthly fuel  credit if these vehicles are used in non‐contractual related operations support. The Transit Manager will  be notified on each occasion that a CITY vehicle is used for this purpose and the circumstances. CITY  support vehicles will keep a trip log approved by the Transit Manager. CITY owned vehicles are not  allowed to travel out of the CITY of San Luis Obispo without authorization of the Transit Manager in  advance. The revenue vehicle mileage rate assumes all variable and consumable costs of the  CONTRACTOR.    Passed‐Through Purchases  At times, the procurement of goods or services may be expedited if the CONTRACTOR pursues them  directly.  This is known in the industry as a pass‐through purchase. Unless identified by the CITY, the  CONTRACTOR shall provide no less than three quotes for purchases above $5,000.  If not delegated to  the CONTRACTOR, the Transit Manager has the right to approve which quote will be used, at their  discretion. Back‐up materials substantiating such purchase must be provided in the monthly invoices.    HH.Surveys  SLO TRANSIT will design and CONTRACTOR will assist, to the extent practical, in the conduct of periodic surveys  during the term of this agreement. CONTRACTOR shall cooperate with SLO TRANSIT in any such activities by  making available needed equipment, facilities and personnel accordingly at no additional expense to SLO  TRANSIT. This shall include, but not be limited to the conducting of semi‐annual passenger boarding and  alighting surveys.    II. Penalties & Incentives (Liquidated Damages)  The CITY has established a set of standards which it expects its CONTRACTOR, at a minimum, to abide by.   Failure to meet such standard is cause for penalty.  In other cases, if the CONTRACTOR exceeds a standard, the  CITY will reward the CONTRACTOR with an Incentive.  Besides other already identified in this document (e.g.  failure to employ), the Penalties and Incentives are established in Appendix G – Penalties & Incentives.    Use of Incentives  The creation of incentives is to encourage and motivate a high level of performance, as the majority of  these Incentives depend on the performance of Drivers and local CONTRACTOR staff.  The Incentives are  to be used for the direct benefit of local CONTRACTOR staff and not corporate. The CONTRACTOR may  slotransit.org     Part Three: Scope of Work | Page 55    establish its own additional local property employee incentives.    JJ. Environmentally Friendly / Recycling Program  Contract shall implement, maintain, and encourage a recycling program for their employees. CONTRACTOR will  implement measures to reduce paper trash as a requirement of the CITY.  Revenues derived from such Recycling  Program must be used for the benefit of CONTRACTOR’s onsite staff employees.         slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 56    Part Four: Appendices    SLO TRANSIT, City of San Luis Obispo    Table of Contents  Appendix A: Route Schedule and Stats ........................................................................................................................... 58  Table 1: Revenue Service Quick Stats .................................................................................................................................... 58  Table 2: Revenue Service Quick Stats (Continued) ................................................................................................................ 59  Table 3: Route 1 Schedule ..................................................................................................................................................... 60  Table 4: Route 2 Schedule ..................................................................................................................................................... 61  Table 5: Route 3 Schedule ..................................................................................................................................................... 62  Table 6: Route 4 A&B Schedule ............................................................................................................................................. 63  Table 7: Route 5 A&B Schedule ............................................................................................................................................. 64  Table 8: Route 6A Schedule ................................................................................................................................................... 65  Table 9: Route 6B Schedule ................................................................................................................................................... 66  Table 10: Route 6 A/B Schedule ............................................................................................................................................ 67  Table 11: Trolley Schedule ..................................................................................................................................................... 68  Table 12: Tripper Schedule .................................................................................................................................................... 69  Appendix B: Fleet Roster ................................................................................................................................................ 70  Appendix C: Short Range Transit Plan ............................................................................................................................ 71  Appendix D: City Provided Equipment ............................................................................................................................ 72  Appendix E: Transit Operations & Maintenance Facility ................................................................................................. 73  Appendix F: Federal Clauses ........................................................................................................................................... 74  1. Fly America Requirements................................................................................................................................................. 74  2. Buy America Requirements ............................................................................................................................................... 74  3. Charter Bus Requirements ................................................................................................................................................ 76  4. School Bus Requirements .................................................................................................................................................. 77  5. Cargo Preference Requirements ....................................................................................................................................... 77  6. Seismic Safety Requirements ............................................................................................................................................ 78  7. Energy Conservation Requirements .................................................................................................................................. 78  8. Clean Water Requirements ............................................................................................................................................... 78  9. Bus Testing ........................................................................................................................................................................ 79  10. Pre‐award and Post Delivery Audits Requirements ........................................................................................................ 80  11. Lobbying .......................................................................................................................................................................... 82  12. Access to Records and Reports ....................................................................................................................................... 84  13. Federal Changes .............................................................................................................................................................. 86  14. Bonding Requirements .................................................................................................................................................... 86  15. Clean Air .......................................................................................................................................................................... 89  16. Recycled Products ........................................................................................................................................................... 89  17. Davis‐Bacon and Copeland Anti‐Kickback Acts ................................................................................................................ 90  18. Contract Work Hours and Safety Standards Act .............................................................................................................. 96  19. [ RESERVED ] .................................................................................................................................................................... 97  20. No Government Obligation to Third Parties .................................................................................................................... 97  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 57    21. Program Fraud and False or Fraudulent Statements and Related Acts .......................................................................... 97  22. Termination ..................................................................................................................................................................... 98  23. Government‐Wide Debarment and Suspension (Nonprocurement) ............................................................................ 101  24. Privacy Act ..................................................................................................................................................................... 102  25. Civil Rights Requirements .............................................................................................................................................. 103  26. Breaches and Dispute Resolution .................................................................................................................................. 104  27. Patent and Rights in Data .............................................................................................................................................. 105  28. Transit Employee Protective Agreements ..................................................................................................................... 108  29. Disadvantaged Business Enterprise (DBE) ..................................................................................................................... 110  30. [ RESERVED ] .................................................................................................................................................................. 111  31. Incorporation of Federal Transit Administration (FTA) Terms ...................................................................................... 111  32. Drug and Alcohol Testing ............................................................................................................................................... 112  Appendix G: Penalties & Incentives (Liquidated Damages) ........................................................................................... 115  Penalties: Issued Monthly (per occurrence) ........................................................................................................................ 115  Incentives: Issued Quarterly ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined.  Table 1: Penalties & Incentives (Liquidated Damages) ....................................................................................................... 120  Appendix H: Disadvantaged Business Enterprises (DBE) Goal ....................................................................................... 122  Appendix I: Reporting Requirements ........................................................................................................................... 156               slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 58    Appendix A: Route Schedule and Stats  Table 1: Revenue Service Quick Stats   We e k d a y Sc h e d u l e  (17 2  Da ys): We e k d a y Sc h e d u l e  (80  Da ys): Ro u t e  1R o u t e  2R o u t e  3R o u t e  4A R o u t e  4B R o u t e  5A R o u t e  5B R o u t e  6A R o u t e  6B R o u t e  1R o u t e  2R o u t e  3 R o u t e  4A R o u t e  4B R o u t e  5A R o u t e  5B R o u t e  6A / B St a r t  Ti m e 7: 1 5  AM 6 : 0 3  AM 6 : 0 4  AM 6 : 3 4  AM 6 : 4 0  AM 6 : 2 0  AM 6 : 2 0  AM 7 : 1 6  AM 7 : 0 2  AM St a r t  Ti m e 7: 1 5  AM 6 : 0 3  AM 6 : 0 4  AM 6 : 3 4  AM 6 : 4 0  AM 6 : 2 0  AM 6 : 2 0  AM 8 : 4 5  AM En d  Ti m e 6: 0 9  PM 9 : 1 8  PM 9 : 4 5  PM 1 0 : 4 4  PM 6 : 0 8  PM 8 : 2 1  PM 7 : 1 7  PM 1 0 : 2 9  PM 1 0 : 5 6  PM En d  Ti m e 6: 0 9  PM 5 : 4 0  PM 6 : 1 7  PM 6 : 1 5  PM 6 : 0 8  PM 8 : 2 1  PM 7 : 1 7  PM 5 : 5 6  PM # of  Bu s e s 11 1 1 1 1 1 1 1 # of  Bu s e s 11 1 1 1 1 1 1 Bu s  Si z e 30 ' 3 0 ' 3 5 ' 4 0 ' ,  DD 4 0 ' ,  DD 4 0 ' ,  DD 4 0 ' ,  DD 4 0 ' 4 0 ' Bu s  Si z e 30 ' 3 0 ' 3 5 ' 4 0 ' ,  DD 4 0 ' ,  DD 4 0 ' ,  DD 4 0 ' ,  DD 4 0 ' Lo o p  Du r a . 56  mi n 3 5  mi n 3 2  mi n 5 5  mi n 5 5  mi n 5 7  mi n 5 7  mi n 2 2  mi n 2 4  mi n Lo o p  Du r a . 56  mi n 3 5  mi n 3 2  mi n 5 5  mi n 5 5  mi n 5 7  mi n 5 7  mi n 5 3 Fr e q u e n c y 60  mi n 4 0  mi n 4 0  mi n 3 0  mi n 3 0  mi n 3 0  mi n 3 0  mi n 3 0  mi n 3 0  mi n Fr e q u e n c y 60  mi n 4 0  mi n 4 0  mi n 3 0  mi n 3 0  mi n 3 0  mi n 3 0  mi n 3 0 m i n Re v .  Ho u r s 11 1 3 . 1 1 3 . 7 2 1 6 . 1 7 1 1 . 4 7 1 4 . 0 9 1 2 . 5 7 1 2 . 9 9 1 3 . 0 8 Re v .  Ho u r s 11 1 1 . 7 1 2 . 2 2 1 1 . 3 2 1 1 . 4 7 1 4 . 0 9 1 2 . 5 7 8 . 9 Re v .  Mi l e s 12 1 1 2 4 . 7 1 4 2 . 5 1 5 3 . 1 1 4 6 . 4 1 9 2 . 3 1 8 8 . 5 8 6 . 6 9 0 Re v .  Mi l e s 12 1 1 2 4 . 7 1 4 2 . 5 1 5 3 . 1 1 4 6 . 4 1 9 2 . 3 1 8 8 . 5 7 4 To t a l  "W e e k d a y "  Mi l e a g e  pe r  Da y : 1 , 2 4 5 T o t a l  "W e e k d a y "  Ho u r s  pe r  Da y : 1 1 8 T o t a l  "W e e k d a y "  Mi l e a g e  pe r  Da y : 1 , 1 4 3 T o t a l  "W e e k d a y "  Ho u r s  pe r  Da y : 9 3 To t a l  "W e e k d a y "  Mi l e a g e  pe r  Ye a r : 2 1 4 , 1 5 7 T o t a l  "W e e k d a y "  Ho u r s  pe r  Ye a r : 2 0 , 3 2 9 T o t a l  "W e e k d a y "  Mi l e a g e  pe r  Ye a r : 9 1 , 4 0 0 T o t a l  "W e e k d a y "  Ho u r s  pe r  Ye a r : 7 , 4 6 2 Sa t u r d a y  Sc h e d u l e  (5 1  Da y s ) : Ro u t e  2R o u t e  3R o u t e  4A Ro u t e  5B R o u t e  6A / B St a r t  Ti m e 8: 0 3  AM 8 : 0 4  AM 8 : 1 0  AM 8 : 2 0  AM 8 : 4 5  AM To t a l  An n u a l  Re v e n u e  Mi l e s : En d  Ti m e 5: 4 0  PM 5 : 3 7  PM 6 : 0 5  PM 6 : 1 7  PM 5 : 5 6  PM # of  Bu s e s 11 1 1 1 Bu s  Si z e 30 ' 3 5 ' 4 0 ' ,  DD 4 0 ' ,  DD 4 0 ' Lo o p  Du r a . 35 3 2 5 5 5 7 5 3 Fr e q u e n c y 40  mi n 4 0  mi n 3 0  mi n 3 0  mi n 3 0 m i n Re v .  Ho u r s 9. 6 1 9 . 5 5 9 . 9 2 9 . 9 5 8 . 9 Re v .  Mi l e s 10 2 . 8 1 1 3 . 2 1 3 2 1 4 5 7 4 To t a l  "S a t u r d a y "  Mi l e a g e  pe r  Da y : 5 6 7 T o t a l  "S a t u r d a y "  Ho u r s  pe r  Da y : 4 8 To t a l  "S a t u r d a y "  Mi l e a g e  pe r  Ye a r : 2 9 , 4 8 4 T o t a l  "S a t u r d a y "  Ho u r s  pe r  Ye a r : 2 , 4 9 2 Su n d a y  Sc h e d u l e  (5 9  Da y s ) : Ro u t e  2R o u t e  3R o u t e  4A Ro u t e  5B To t a l  An n u a l  Re v e n u e  Ho u r s : St a r t  Ti m e 8: 0 3  AM 8 : 0 4  AM 8 : 1 0  AM 8 : 2 0  AM En d  Ti m e 5: 0 0  PM 5 : 3 7  PM 6 : 0 5  PM 6 : 1 7  PM # of  Bu s e s 11 1 1 Bu s  Si z e 30 ' 3 5 ' 4 0 ' ,  DD 4 0 ' ,  DD Lo o p  Du r a . 35 3 2 5 5 5 7 Fr e q u e n c y 40  mi n 4 0  mi n 3 0  mi n 3 0  mi n Re v .  Ho u r s 8. 9 5 9 . 5 5 9 . 9 2 9 . 9 5 Re v .  Mi l e s 96 1 1 3 . 2 1 3 2 1 4 5 To t a l  "S u n d a y "  Mi l e a g e  pe r  Da y : 4 8 6 T o t a l  "S u n d a y "  Ho u r s  pe r  Da y : 3 8 To t a l  "S u n d a y "  Mi l e a g e  pe r  Ye a r : 2 8 , 6 8 6 T o t a l  "S u n d a y "  Ho u r s  pe r  Ye a r : 2 , 2 6 4 32 , 5 4 6 Re v e n u e  Se r v i c e  Qu i c k  St a t s Re gul a r  Sc h e d u l e  (La b o r  Da y to  Mi d  Ju n e ) Su m m e r  Sc h e d u l e  (Mi d  Ju n e  to  La b o r  Da y) 36 3 , 7 2 7 slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 59      Table 2: Revenue Service Quick Stats (Continued)          Daily Scheduled REVENUE MILES Per Route Per Labor Day to Mid June Schedule* Route 1Route 2Route 3Route 4ARoute 4BRoute 5ARoute 5BRoute 6ARoute 6B Route  6A/B Route 2  ev. Route 3  ev. Route  4A ev. Route  6A/B ev.TrolleyTripper Mon 121124.7142.5153.1144.8192.3188.586.690N/A2131.858.134.1N/A11.88 Tue 121124.7142.5153.1144.8192.3188.586.690N/A2131.858.134.1N/A11.88 Wed 121124.7142.5153.1144.8192.3188.586.690N/A2131.858.134.1N/A11.88 Thu 121124.7142.5153.1144.8192.3188.586.690N/A2131.858.134.13511.88 Fri 121124.7142.5153.1144.8192.3188.586.690N/A2131.858.134.13511.88 Sat N/A102.8113.2132N/AN/A145N/AN/A74N/AN/AN/AN/A35N/A Sun N/A96113.2132N/AN/A145N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A35N/A * Mileage  is based on Arc GIS   Daily Scheduled REVENUE MILES Per Route Per Summer Schedule* Route 1Route 2Route 3Route 4ARoute 4BRoute 5ARoute 5BRoute 6A/B Mon 121124.7142.5153.1146.4178.8188.5 Tue 121124.7142.5153.1146.4178.8188.5 Wed 121124.7142.5153.1146.4178.8188.5 Thu 121124.7142.5153.1146.4178.8188.5 Fri 121124.7142.5153.1146.4178.8188.5 Sat N/A102.8113.2132N/AN/A14574 Sun N/A96113.2132N/AN/A145N/A * Mileage  is based on Arc GIS   Daily Scheduled REVENUE HOURS  Per Route Per Labor Day to Mid June Schedule Route 1Route 2Route 3Route 4ARoute 4BRoute 5ARoute 5BRoute 6ARoute 6B Route  6A/B Route 2  ev. Route 3  ev. Route  4A ev. Route  6A/B ev.TrolleyTripper Mon 1111.712.2211.3211.4714.0912.5710.7810.87N/A1.41.54.854.42N/A2.35 Tue 1111.712.2211.3211.4714.0912.5710.7810.87N/A1.41.54.854.42N/A2.35 Wed 1111.712.2211.3211.4714.0912.5710.7810.87N/A1.41.54.854.42N/A2.35 Thu 1111.712.2211.3211.4714.0912.5710.7810.87N/A1.41.54.854.4242.35 Fri 1111.712.2211.3211.4714.0912.5710.7810.87N/A1.41.54.854.4242.35 Sat N/A9.619.559.92N/AN/A9.95N/AN/A8.9N/AN/AN/AN/A4N/A Sun N/A8.959.559.92N/AN/A9.95N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A0N/A Daily Scheduled REVENUE HOURS  Per Route Per Summer Schedule Route 1Route 2Route 3Route 4ARoute 4BRoute 5ARoute 5BRoute 6A/B Mon 1111.712.2211.3211.4714.0912.57N/A Tue 1111.712.2211.3211.4714.0912.57N/A Wed 1111.712.2211.3211.4714.0912.57N/A Thu 1111.712.2211.3211.4714.0912.57N/A Fri 1111.712.2211.3211.4714.0912.57N/A Sat N/A9.619.559.92N/AN/A9.958.9 Sun N/A8.959.559.92N/AN/A9.95N/A NOTES:No service on Thanksgiving and Chrismas Day Winter Service  (14 days during the week of Chrismas and New Years) is reflected in "Regular Weekday Schedule" Daytime Service Daytime ServiceEvening Service (Starts at 6pm) Evening Service (Starts at 6pm)Daytime Service Daytime  Service slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 60      Table 3: Route 1 Schedule                              #  of  Bu s e s DTC Broad @  Caudill Orcutt @  Laurel Johnson  @ LizzieDTC Foothill @  University Pratrica @  Foothill Foothill   @ Casa Arival  DTC A 7:15 AM7:25 AM7:31 AM7:40 AM7:47 AM7:53 AM7:58 AM8:02 AM8:09 AM A8:15 AM8:25 AM8:31 AM8:40 AM8:47 AM8:53 AM8:58 AM9:02 AM9:09 AM A9:15 AM9:25 AM9:31 AM9:40 AM9:47 AM9:53 AM9:58 AM10:02 AM10:09 AM A10:15 AM10:25 AM10:31 AM10:40 AM10:47 AM10:53 AM10:58 AM11:02 AM11:09 AM A11:15 AM11:25 AM11:31 AM11:40 AM11:47 AM11:53 AM11:58 AM12:02 PM12:09 PM A12:15 PM12:25 PM12:31 PM12:40 PM12:47 PM12:53 PM12:58 PM1:02 PM1:09 PM A1:15 PM1:25 PM1:31 PM1:40 PM1:47 PM1:53 PM1:58 PM2:02 PM2:09 PM A2:15 PM2:25 PM2:31 PM2:40 PM2:47 PM2:53 PM2:58 PM3:02 PM3:09 PM A3:15 PM3:25 PM3:31 PM3:40 PM3:47 PM3:53 PM3:58 PM4:02 PM4:09 PM A4:15 PM4:25 PM4:31 PM4:40 PM4:47 PM4:53 PM4:58 PM5:02 PM5:09 PM A5:15 PM5:25 PM5:31 PM5:40 PM5:47 PM5:53 PM5:58 PM6:02 PM6:09 PM Route 1 slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 61      Table 4: Route 2 Schedule              # of  Bu s e s DTC  (Depart) Higuera  @ South Prado  Day  Cente r Higuera @  Suburban Higuera  @ South DTC  (Arrival) 6:03 AM6:10 AM6:20 AM A6:25 AM6:33 AM6:37 AM6:43 AM6:50 AM7:00 AM A7:05 AM7:13 AM7:17 AM7:23 AM7:30 AM7:40 AM A7:45 AM7:53 AM7:57 AM8:03 AM8:10 AM8:20 AM A8:25 AM8:33 AM8:37 AM8:43 AM8:50 AM9:00 AM A9:05 AM9:13 AM9:17 AM9:23 AM9:30 AM9:40 AM A9:45 AM9:53 AM9:57 AM10:03 AM10:10 AM10:20 AM A10:25 AM10:33 AM10:37 AM10:43 AM10:50 AM11:00 AM A11:05 AM11:13 AM11:17 AM11:23 AM11:30 AM11:40 AM A11:45 AM11:53 AM11:57 AM12:03 PM12:10 PM12:20 PM A12:45 PM12:53 PM12:57 PM1:03 PM1:10 PM1:20 PM A1:05 PM1:13 PM1:17 PM1:23 PM1:30 PM1:40 PM A1:45 PM1:53 PM1:57 PM2:03 PM2:10 PM2:20 PM A2:25 PM2:33 PM2:37 PM2:43 PM2:50 PM3:00 PM A3:05 PM3:13 PM3:17 PM3:23 PM3:30 PM3:40 PM A3:45 PM3:53 PM3:57 PM4:03 PM4:10 PM4:20 PM A4:25 PM4:33 PM4:37 PM4:43 PM4:50 PM5:00 PM A5:05 PM5:13 PM5:17 PM5:23 PM5:30 PM5:40 PM A6:50 PM6:56 PM ‐7:03 PM7:08 PM7:18 PM A7:50 PM7:56 PM ‐8:03 PM8:08 PM8:18 PM A8:50 PM8:56 PM ‐9:03 PM9:08 PM9:18 PM Approximate Weekend Schedule Route 2 slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 62        Table 5: Route 3 Schedule          #  of  Bu s e s DTC  (Depart) Johnson  @ Lizzie Orcutt @  Laurel Broad @  Marigold Broad @  Santa  Barbara DTC  (Arrival) A6:04 AM6:10 AM6:17 AM A6:25 AM6:31 AM6:37 AM6:44 AM6:50 AM6:57 AM A7:05 AM7:11 AM7:17 AM7:24 AM7:30 AM7:37 AM A7:45 AM7:51 AM7:57 AM8:04 AM8:10 AM8:17 AM A8:25 AM8:31 AM8:37 AM8:44 AM8:50 AM8:57 AM A9:05 AM9:11 AM9:17 AM9:24 AM9:30 AM9:37 AM A9:45 AM9:51 AM9:57 AM10:04 AM10:10 AM10:17 AM A10:25 AM10:31 AM10:37 AM10:44 AM10:50 AM10:57 AM A11:05 AM11:11 AM11:17 AM11:24 AM11:30 AM11:37 AM A11:45 AM11:51 AM11:57 AM12:04 PM12:10 PM12:17 PM A12:45 PM12:51 PM12:57 PM1:04 PM1:10 PM1:17 PM A1:05 PM1:11 PM1:17 PM1:24 PM1:30 PM1:37 PM A1:45 PM1:51 PM1:57 PM2:04 PM2:10 PM2:17 PM A2:25 PM2:31 PM2:37 PM2:44 PM2:50 PM2:57 PM A3:05 PM3:11 PM3:17 PM3:24 PM3:30 PM3:37 PM A3:45 PM3:51 PM3:57 PM4:04 PM4:10 PM4:17 PM A4:25 PM4:31 PM4:37 PM4:44 PM4:50 PM4:57 PM A5:05 PM5:11 PM5:17 PM5:24 PM5:30 PM5:37 PM A5:45 PM5:51 PM5:57 PM6:04 PM6:10 PM6:17 PM A6:18 PM6:22 PM6:28 PM6:34 PM6:39 PM6:45 PM A7:18 PM7:22 PM7:28 PM7:34 PM7:39 PM7:45 PM A8:18 PM8:22 PM8:28 PM8:34 PM8:39 PM8:45 PM A9:18 PM9:22 PM9:28 PM9:34 PM9:39 PM9:45 PM Approximate Weekend Schedule Route 3 slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 63        Table 6: Route 4 A&B Schedule    #  of  Bu s e s DTC  (Arrive) South @  Parker Promena de LOVR @  Irish Hills LOVR @  Oceanaire Descanso  @ LOVR Ramona @  Palomar Kennedy  Library  (Arrive) Kennedy  Library  (Depart) DTC  (Depart) A6:34 AM6:38 AM6:44 AM6:53 AM6:55 AM7:05 AM A7:10 AM7:17 AM7:22 AM7:28 AM7:34 AM ‐7:44 AM7:53 AM7:55 AM8:05 AM B7:40 AM7:47 AM7:52 AM7:58 AM8:04 AM8:08 AM8:14 AM8:23 AM8:25 AM8:35 AM A8:10 AM8:17 AM8:22 AM8:28 AM8:34 AM ‐8:44 AM8:53 AM8:55 AM9:05 AM B8:40 AM8:47 AM8:52 AM8:58 AM9:04 AM9:08 AM9:14 AM9:23 AM9:25 AM9:35 AM A9:10 AM9:17 AM9:22 AM9:28 AM9:34 AM ‐9:44 AM9:53 AM9:55 AM10:05 AM B9:40 AM9:47 AM9:52 AM9:58 AM10:04 AM10:08 AM10:14 AM10:23 AM10:25 AM10:35 AM A10:10 AM10:17 AM10:22 AM10:28 AM10:34 AM ‐10:44 AM10:53 AM10:55 AM11:05 AM B10:40 AM10:47 AM10:52 AM10:58 AM11:04 AM11:08 AM11:14 AM11:23 AM11:25 AM11:35 AM A11:10 AM11:17 AM11:22 AM11:28 AM11:34 AM ‐11:44 AM11:53 AM11:55 AM12:05 PM B11:40 AM11:47 AM11:52 AM11:58 AM12:04 PM12:08 PM12:14 PM12:23 PM12:25 PM12:35 PM A12:10 PM12:17 PM12:22 PM12:28 PM12:34 PM ‐12:44 PM12:53 PM12:55 PM1:05 PM B12:40 PM12:47 PM12:52 PM ‐1:04 PM1:08 PM1:14 PM1:23 PM1:25 PM1:35 PM A1:10 PM1:17 PM1:22 PM1:28 PM1:34 PM ‐1:44 PM1:53 PM1:55 PM2:05 PM B1:40 PM1:47 PM1:52 PM ‐2:04 PM2:08 PM2:14 PM2:23 PM2:25 PM2:35 PM A2:10 PM2:17 PM2:22 PM2:28 PM2:34 PM ‐2:44 PM2:53 PM2:55 PM3:05 PM B2:40 PM2:47 PM2:52 PM ‐3:04 PM3:08 PM3:14 PM3:23 PM3:25 PM3:35 PM A3:10 PM3:17 PM3:22 PM3:28 PM3:34 PM ‐3:44 PM3:53 PM3:55 PM4:05 PM B3:40 PM3:47 PM3:52 PM ‐4:04 PM4:08 PM4:14 PM4:23 PM4:25 PM4:35 PM A4:10 PM4:17 PM4:22 PM4:28 PM4:34 PM ‐4:44 PM4:53 PM4:55 PM5:05 PM B4:40 PM4:47 PM4:52 PM ‐5:04 PM5:08 PM5:14 PM5:23 PM5:25 PM5:35 PM A5:10 PM5:17 PM5:22 PM5:28 PM5:34 PM ‐5:44 PM5:53 PM6:05 AM6:15 AM B5:40 PM5:47 PM5:52 PM ‐6:04 PM 6:08 PM A6:20 PM6:27 PM6:32 PM6:38 PM6:44 PM ‐6:54 PM7:03 PM7:05 PM7:15 PM A7:20 PM7:27 PM7:32 PM7:38 PM7:44 PM ‐7:54 PM8:03 PM8:05 PM8:15 PM A8:20 PM8:27 PM8:32 PM8:38 PM8:44 PM ‐8:54 PM9:03 PM9:05 PM9:15 PM A9:20 PM9:27 PM9:32 PM9:38 PM9:44 PM ‐9:54 PM10:03 PM10:05 PM10:15 PM A10:20 PM10:27 PM10:32 PM10:38 PM 10:44 PM ‐ Route  4AAproximate  Weekend Schedule Route 4 A & B slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 64        Table 7: Route 5 A&B Schedule       # of  Bu s e s DTC  (Depart) PAC  (Arrive) PAC  (Depart) Foothill @  University Descanso  @ LOVR LOVR @  Oceanaire LOVR @  Irish Hills Promena de South @  Parker Amtrak  Station DTC  (Arrival) A6:20 AM6:21 AM6:24 AM6:32 AM6:36 AM6:41 AM6:47 AM A7:50 AM7:58 AM8:03 AM8:11 AM8:20 AM8:21 AM8:24 AM8:32 AM8:36 AM8:41 AM8:47 AM B8:20 AM8:28 AM8:33 AM8:41 AM8:50 AM8:51 AM8:54 AM9:02 AM9:06 AM9:11 AM9:17 AM A8:50 AM8:58 AM9:03 AM9:11 AM9:20 AM9:21 AM9:24 AM9:32 AM9:36 AM9:41 AM9:47 AM B9:20 AM9:28 AM9:33 AM9:41 AM9:50 AM9:51 AM9:54 AM10:02 AM10:06 AM10:11 AM10:17 AM A9:50 AM9:58 AM10:03 AM10:11 AM10:20 AM10:21 AM10:24 AM10:32 AM10:36 AM10:41 AM10:47 AM B10:20 AM10:28 AM10:33 AM10:41 AM10:50 AM10:51 AM10:54 AM11:02 AM11:06 AM11:11 AM11:17 AM A10:50 AM10:58 AM11:03 AM11:11 AM11:20 AM11:21 AM11:24 AM11:32 AM11:36 AM11:41 AM11:47 AM B11:20 AM11:28 AM11:33 AM11:41 AM11:50 AM11:51 AM11:54 AM12:02 PM12:06 PM12:11 PM12:17 PM A11:50 AM11:58 AM12:03 PM12:11 PM12:20 PM12:21 PM ‐12:32 PM12:36 PM12:41 PM12:47 PM B12:20 PM12:28 PM12:33 PM12:41 PM12:50 PM12:51 PM12:54 PM1:02 PM1:06 PM1:11 PM1:17 PM A12:50 PM12:58 PM1:03 PM1:11 PM1:20 PM1:21 PM ‐1:32 PM1:36 PM1:41 PM1:47 PM B1:20 PM1:28 PM1:33 PM1:41 PM1:50 PM1:51 PM1:54 PM2:02 PM2:06 PM2:11 PM2:17 PM A1:50 PM1:58 PM2:03 PM2:11 PM2:20 PM2:21 PM ‐2:32 PM2:36 PM2:41 PM2:47 PM B2:20 PM2:28 PM2:33 PM2:41 PM2:50 PM2:51 PM2:54 PM3:02 PM3:06 PM3:11 PM3:17 PM A2:50 PM2:58 PM3:03 PM3:11 PM3:20 PM3:21 PM ‐3:32 PM3:36 PM3:41 PM3:47 PM B3:20 PM3:28 PM3:33 PM3:41 PM3:50 PM3:51 PM3:54 PM4:02 PM4:06 PM4:11 PM4:17 PM A3:50 PM3:58 PM4:03 PM4:11 PM4:20 PM4:21 PM ‐4:32 PM4:36 PM4:41 PM4:47 PM B4:20 PM4:28 PM4:33 PM4:41 PM4:50 PM4:51 PM4:54 PM5:02 PM5:06 PM5:11 PM5:17 PM A4:50 PM4:58 PM5:03 PM5:11 PM5:20 PM5:21 PM ‐5:32 PM5:36 PM5:41 PM5:47 PM B5:20 PM5:28 PM5:33 PM5:41 PM5:50 PM5:51 PM5:54 PM6:02 PM6:06 PM6:11 PM6:17 PM A5:50 PM5:58 PM6:03 PM6:11 PM6:20 PM6:21 PM ‐6:32 PM6:36 PM6:41 PM6:47 PM A6:20 PM6:28 PM6:33 PM6:41 PM6:50 PM6:51 PM6:54 PM7:02 PM7:06 PM7:11 PM7:17 PM A6:50 PM6:58 PM7:03 PM7:11 PM7:20 PM7:21 PM ‐7:32 PM7:36 PM7:41 PM7:46 PM 7:50 PM7:58 PM8:03 PM8:11 PM8:20 PM8:21 PM Route  5BApproximate  Weekend Schedule Route 5 A & B slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 65    Table 8: Route 6A Schedule           #  of  Bu s e s Kennedy  Library Patricia @  Foothill Ramona @  Palomar Casa @  Deseret Kennedy  Library 17:16 AM7:19 AM7:25 AM7:29 AM 18:10 AM8:16 AM8:19 AM8:25 AM8:29 AM 18:40 AM8:46 AM8:49 AM8:55 AM8:59 AM 19:10 AM9:16 AM9:19 AM9:25 AM9:29 AM 19:40 AM9:46 AM9:49 AM9:55 AM9:59 AM 110:10 AM10:16 AM10:19 AM10:25 AM10:29 AM 110:40 AM10:46 AM10:49 AM10:55 AM10:59 AM 111:10 AM11:16 AM11:19 AM11:25 AM11:29 AM 111:40 AM11:46 AM11:49 AM11:55 AM11:59 AM 112:10 PM12:16 PM12:19 PM12:25 PM12:29 PM 112:40 PM12:46 PM12:49 PM12:55 PM12:59 PM 11:10 PM1:16 PM1:19 PM1:25 PM1:29 PM 11:40 PM1:46 PM1:49 PM1:55 PM1:59 PM 12:10 PM2:16 PM2:19 PM2:25 PM2:29 PM 12:40 PM2:46 PM2:49 PM2:55 PM2:59 PM 13:10 PM3:16 PM3:19 PM3:25 PM3:29 PM 13:40 PM3:46 PM3:49 PM3:55 PM3:59 PM 14:10 PM4:16 PM4:19 PM4:25 PM4:29 PM 14:40 PM4:46 PM4:49 PM4:55 PM4:59 PM 15:10 PM5:16 PM5:19 PM5:25 PM5:29 PM 15:40 PM5:46 PM5:49 PM5:55 PM5:59 PM No Weekend Service Route 6A slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 66    Table 9: Route 6B Schedule                #  of  Bu s e s Kennedy  Library DTC  (Arrive) DTC  (Depart) California  @ Taft Kennedy  Library 17:02 AM7:09 AM7:15 AM7:20 AM7:26 AM 17:32 AM7:39 AM7:45 AM7:50 AM7:56 AM 18:02 AM8:09 AM8:15 AM8:20 AM8:26 AM 18:32 AM8:39 AM8:45 AM8:50 AM8:56 AM 19:02 AM9:09 AM9:15 AM9:20 AM9:26 AM 19:32 AM9:39 AM9:45 AM9:50 AM9:56 AM 110:02 AM10:09 AM10:15 AM10:20 AM10:26 AM 110:32 AM10:39 AM10:45 AM10:50 AM10:56 AM 111:02 AM11:09 AM11:15 AM11:20 AM11:26 AM 111:32 AM11:39 AM11:45 AM11:50 AM11:56 AM 112:02 PM12:09 PM12:15 PM12:20 PM12:26 PM 112:32 PM12:39 PM12:45 PM12:50 PM12:56 PM 11:02 PM1:09 PM1:15 PM1:20 PM1:26 PM 11:32 PM1:39 PM1:45 PM1:50 PM1:56 PM 12:02 PM2:09 PM2:15 PM2:20 PM2:26 PM 12:32 PM2:39 PM2:45 PM2:50 PM2:56 PM 13:02 PM3:09 PM3:15 PM3:20 PM3:26 PM 13:32 PM3:39 PM3:45 PM3:50 PM3:56 PM 14:02 PM4:09 PM4:15 PM4:20 PM4:26 PM 14:32 PM4:39 PM4:45 PM4:50 PM4:56 PM 15:02 PM5:09 PM5:15 PM5:20 PM5:26 PM 15:32 PM5:39 PM5:45 PM5:50 PM5:56 PM 16:02 PM6:09 PM Route 6B slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 67      Table 10: Route 6 A/B Schedule         # of  Bu s e s Kennedy  Library Patricia @  Foothill Ramona @  Palomar Casa @  Deseret Kennedy  Library Kennedy  Library DTC  (Arrive) DTC  (Depart) California  @ Taft Kennedy  Library 8:45 AM8:50 AM8:56 AM A9:10 AM9:16 AM9:19 AM9:25 AM9:29 AM9:32 AM9:39 AM9:45 AM9:50 AM9:56 AM A10:10 AM10:16 AM10:19 AM10:25 AM10:29 AM10:32 AM10:39 AM10:45 AM10:50 AM10:56 AM A11:10 AM11:16 AM11:19 AM11:25 AM11:29 AM11:32 AM11:39 AM11:45 AM11:50 AM11:56 AM A12:10 PM12:16 PM12:19 PM12:25 PM12:29 PM12:32 PM12:39 PM12:45 PM12:50 PM12:56 PM A1:10 PM1:16 PM1:19 PM1:25 PM1:29 PM1:32 PM1:39 PM1:45 PM1:50 PM1:56 PM A2:10 PM2:16 PM2:19 PM2:25 PM2:29 PM2:32 PM2:39 PM2:45 PM2:50 PM2:56 PM A3:10 PM3:16 PM3:19 PM3:25 PM3:29 PM3:32 PM3:39 PM3:45 PM3:50 PM3:56 PM A4:10 PM4:16 PM4:19 PM4:25 PM4:29 PM4:32 PM4:39 PM4:45 PM4:50 PM4:56 PM A5:10 PM5:16 PM5:19 PM5:25 PM5:29 PM5:32 PM5:39 PM5:45 PM5:50 PM5:56 PM A6:10 PM6:16 PM6:19 PM6:25 PM6:29 PM6:32 PM6:39 PM6:45 PM6:50 PM6:56 PM A7:10 PM7:16 PM7:19 PM7:25 PM7:29 PM7:32 PM7:39 PM7:45 PM7:50 PM7:56 PM A8:10 PM8:16 PM8:19 PM8:25 PM8:29 PM8:32 PM8:39 PM8:45 PM8:50 PM8:56 PM A9:10 PM9:16 PM9:19 PM9:25 PM9:29 PM9:32 PM9:39 PM9:45 PM9:50 PM9:56 PM A10:10 PM10:16 PM10:19 PM10:25 PM10:29 PM10:32 PM10:39 PM10:45 PM10:50 PM10:56 PM Saturdays And Summer schedule starting Mid  June till Labor day Route 6 A/B slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 68    Table 11: Trolley Schedule         #  of  Bu s e s La Cuesta  Inn Monterey  @ Osos Marsh  @  Chorro Monterey @  California A5:00:00 PM5:03 PM5:07 PM5:13 PM A5:20:00 PM5:23 PM5:27 PM5:33 PM A5:40:00 PM5:43 PM5:47 PM5:53 PM A6:00:00 PM6:03 PM6:07 PM6:13 PM A6:20:00 PM6:23 PM6:27 PM6:33 PM A6:40:00 PM6:43 PM6:47 PM6:53 PM A7:10:00 PM7:13 PM7:17 PM7:23 PM A7:30:00 PM7:33 PM7:37 PM7:43 PM A7:50:00 PM7:53 PM7:57 PM8:03 PM A8:10:00 PM8:13 PM8:17 PM8:23 PM A8:30:00 PM8:33 PM8:37 PM8:43 PM A8:50:00 PM8:53 PM8:57 PM9:03 PM Thursdays, Year‐Round Fridays, June  through Labor Day Saturdays, April through October Trolley slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 69    Table 12: Tripper Schedule       #  of  Bu s e s DTC  (Depart)SLO High DTC   (Arrive) A8:30:00 AM8:40 AM8:50 AM A9:01:00 AM9:11 AM9:21 AM A9:25:00 AM9:35 AM9:45 AM A7:06:00 AM7:16 AM7:26 AM A7:36:00 AM7:46 AM7:56 AM A9:06:00 AM9:16 AM9:26 AM A3:00:00 PM3:10 PM3:20 PM A3:35:00 PM3:45 PM3:55 PM A4:00:00 PM4:10 PM4:20 PM No Weekend Service Tripper PM, Monday ‐ Friday AM, Monday AM, Tuesday ‐ Friday slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 70      Appendix B: Fleet Roster    Un i t M a k e L e n g t h M o d e l Ye a r   Ma n u . Ag e   (y r s . ) Re m a i n   Ye a r s Re p l a c e m e n t   Ye a r  (B e s t   Ca s e )  Mi l e a g e   (1 1 / 1 8 / 1 5 ) AV G / Y e a r   Mi l e a g e Pr o j e c t e d   Mi l e a g e   Re p l a c e m e n t C a p a c i t y V i n  # F u e l C u r r e n t  St a t u s   Us e 1 1 5 1 G i l l i g 4 0 ' L o w  Fl o o r 2 0 0 1 1 4 ‐2 2 0 1 3 3 7 3 , 4 8 5 2 6 , 6 7 8 4 2 6 , 8 4 0 3 8 / 2  wc 1 5 G G D 1 8 1 0 1 1 0 7 0 7 6 8 D i e s e l A C T I V E 2 1 5 2 G i l l i g 4 0 ' L o w  Fl o o r 2 0 0 1 1 4 ‐2 2 0 1 3 3 9 5 , 3 6 0 2 8 , 2 4 0 4 5 1 , 8 4 0 3 8 / 2  wc 1 5 G G D 1 8 1 0 1 1 0 7 0 7 6 9 D i e s e l A C T I V E 3 1 5 3 G i l l i g 4 0 ' L o w  Fl o o r 2 0 0 1 1 4 ‐2 2 0 1 3 4 1 7 , 7 2 7 2 9 , 8 3 8 4 7 7 , 4 0 2 3 8 / 2  wc 1 5 G G D 1 8 1 0 1 1 0 7 0 7 7 0 D i e s e l A C T I V E 4 7 5 4 G i l l i g 3 0 ' L o w  Fl o o r 2 0 0 7 8 2 2 0 1 7 2 0 9 , 0 3 8 2 6 , 1 3 0 2 6 1 , 2 9 8 2 3 / 2  wc 1 5 G G E 2 7 1 X 7 1 0 9 1 1 6 9 D i e s e l A C T I V E Li m i t e d  In t e r c h a n g e a b i l i t y   (R o u t e s  1 & 3) 5 7 5 5 G i l l i g 3 0 ' L o w  Fl o o r 2 0 0 7 8 2 2 0 1 7 2 1 9 , 4 3 2 2 7 , 4 2 9 2 7 4 , 2 9 0 2 3 / 2  wc 1 5 G G E 2 7 1 6 7 1 0 9 1 1 7 0 D i e s e l A C T I V E Li m i t e d  In t e r c h a n g e a b i l i t y   (R o u t e s  1 & 3) 6 8 5 6 D O U B L E  K 3 0 ' T R O L L E Y 2 0 0 8 7 5 2 0 2 0 5 2 , 3 7 1 7 , 4 8 2 8 9 , 7 7 9 2 4 / 2  WC 5 B 4 M P 6 7 G 9 9 3 4 3 5 8 0 1 G a s o l i n e A C T I V E No t  In t e r c h a n g e a b l e  W/  Fi x e d   Ro u t e  (D o w n t o w n  Ci r c u l a r  Se r v   On l y ) 7 8 5 7 G i l l i g 4 0 ' L o w  Fl o o r 2 0 0 8 7 5 2 0 2 0 2 6 8 , 3 5 6 3 8 , 3 3 7 4 6 0 , 0 3 9 3 6 / 2  WC 1 5 G G D 2 7 1 2 8 1 1 7 6 1 0 6 D i e s e l A C T I V E / F T A  56 6 8 8 5 8 G i l l i g 4 0 ' L o w  Fl o o r 2 0 0 8 7 5 2 0 2 0 2 3 8 , 1 0 9 3 4 , 0 1 6 4 0 8 , 1 8 7 3 6 / 2  WC 1 5 G G D 2 7 1 2 8 1 1 7 6 1 0 7 D i e s e l A C T I V E / F T A  56 6 9 8 5 9 G i l l i g 4 0 ' L o w  Fl o o r 2 0 0 8 7 5 2 0 2 0 2 6 7 , 8 3 5 3 8 , 2 6 2 4 5 9 , 1 4 6 3 6 / 2  WC 1 5 G G D 2 7 1 2 8 1 1 7 6 1 0 8 D i e s e l A C T I V E / P R O P  1B 10 8 6 0 G i l l i g 4 0 ' L o w  Fl o o r 2 0 0 8 7 5 2 0 2 0 2 5 9 , 7 8 1 3 7 , 1 1 2 4 4 5 , 3 3 9 3 6 / 2  WC 1 5 G G D 2 7 1 2 8 1 1 7 6 1 0 9 D i e s e l A C T I V E / P R O P  1B 11 8 6 1 G i l l i g 3 5 ' L o w  Fl o o r 2 0 0 8 7 5 2 0 2 0 2 5 7 , 1 8 0 3 6 , 7 4 0 4 4 0 , 8 8 0 3 2 / 2 W C 1 5 G G B 2 7 1 5 8 1 1 7 6 1 1 0 D i e s e l A C T I V S T I P 12 8 6 2 G i l l i g 3 5 ' L o w  Fl o o r 2 0 0 8 7 5 2 0 2 0 2 6 2 , 4 8 0 3 7 , 4 9 7 4 4 9 , 9 6 6 3 2 / 2 W C 1 5 G G B 2 7 1 5 8 1 1 7 6 1 1 1 D i e s e l A C T I V S T I P 13 9 6 3 Ale x a n d e r  De n n i s 40 ' D o u b l e  De c k 2 0 0 9 6 6 2 0 2 1 1 1 1 , 0 2 9 1 8 , 5 0 5 2 2 2 , 0 5 8 8 1 / 2 W C S F E T 2 A 7 2 3 9 G N 1 2 2 2 8 D i e s e l A C T I V E / F T A  60 6 No t  In t e r c h a n g e a b l e  W/  Al l  Fi x e d   Ro u t e  (R o u t e s  4 & 5 On l y ) 14 1 2 6 4 G i l l i g 4 0 ' L o w  Fl o o r 2 0 1 2 3 9 2 0 2 4 1 3 8 , 0 4 4 4 6 , 0 1 5 5 5 2 , 1 7 6 3 6 / 2  WC 1 5 G G D 2 7 1 X C 1 1 7 6 6 8 6 D i e s e l A C T I V E ‐PR O P  1B 15 1 3 6 5 G i l l i g 4 0 ' L o w  Fl o o r 2 0 1 3 2 1 0 2 0 2 5 1 3 1 , 7 2 8 6 5 , 8 6 4 7 9 0 , 3 6 8 3 6 / 2  WC 5 G G D 2 7 1 4 D 1 1 8 0 5 0 8 D i e s e l A C T I V E  FT A  Y8 6 5  & Y9 5 5 16 1 3 6 6 G i l l i g 4 0 ' L o w  Fl o o r 2 0 1 3 2 1 0 2 0 2 5 1 1 4 , 0 4 7 5 7 , 0 2 4 6 8 4 , 2 8 2 3 2 / 2  WC 1 5 G G D 2 7 1 6 D 1 1 8 1 9 4 9 D i e s e l A C T I V E  10 0 %  PR O P  1B 17 1 1 6 7 F o r d 2 8 ' C u t ‐Aw a y 2 0 1 1 4 1 2 0 1 9 1 1 0 , 6 8 3 2 7 , 6 7 1 1 3 8 , 3 5 4 2 8 / 2  WC 1 F D A F G 5 Y X B E B 8 2 5 5 9 G a s o l i n e A C T I V E  10 0 %  TD A No t  In t e r c h a n g e a b l e  W/  Fi x e d   Ro u t e  (T r i p p e r  Se r v i c e  On l y ) PE N D I N G G I L L I G  BR T 4 0 ' 2 0 1 6 / 1 7 0 1 2 2 0 2 8 3 2 / 2  wc D i e s e l P e n d i n g T o  be  de l i v e r e d  Ap r i l  20 1 7 PE N D I N G G I L L I G  BR T 4 0 ' 2 0 1 6 / 1 7 0 1 2 2 0 2 8 3 2 / 2  wc D i e s e l P e n d i n g T o  be  de l i v e r e d  Ap r i l  20 1 7 PE N D I N G G I L L I G  BR T 4 0 ' 2 0 1 6 / 1 7 0 1 2 2 0 2 8 3 2 / 2  wc D i e s e l P e n d i n g T o  be  de l i v e r e d  Ap r i l  20 1 7 To t a l  Ve h : 1 7 Av g  Ag e : 7 . 9 *9  Ve h i c l e s  ne e d e d  fo r  pe a k  fi x e d  ro u t e  se r v i c e slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 71    Appendix C: Short Range Transit Plan    Please visit: http://www.slocity.org/government/department‐directory/public‐works/slo‐transit/short‐range‐ transit‐plan for the most recent information for the SLO Transit SRTP     slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 72    Appendix D: City Provided Equipment             Inventory Report Vehicle Nr Location Tag Number Make Model Acquired Cost Asset Serial Nr 0000Classroom13832GFIOdyssey$13,675.32Fare BoxOD027844 Maintenance Bays14837Sefac$6,037.00Jacks 13651Safec$6,037.00SAFEC Jacks 14840Safec$6,037.00Jack 13655Safec$6,037.00Jack 13654Safec$6,037.00Jack 14838Sefac$6,037.00Jacks 13652Safec$6,037.00Jacks 14839Safec$6,037.00Jacks On Vehicle13805GFIOdyssey$13,675.32Fare  Box 13829GFIOdyssey$13,675.32Fare  box 13806GFIOdyssey$13,675.32Fare  box 13807GFIOdyssey$13,675.32Fare  box 13808GFIOdyssey$13,675.32Fare  box 13809GFIOdyssey$13,675.32Fare  box Parts Room13824GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD027842 13823GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD027846 DRIAVL Equipment$10,359.75DR600 0151Bus  Parking0201Gillig$254,799.00Transit Coach ‐ Low Floor VIN: 15GGD181011070768 On Vehicle14814GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD027857 0152Bus  Parking0202Gillig$254,799.00Transit Coach ‐ Low Floor VIN: 15GGD181011070769 On Vehicle14913GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD27858 0153Bus  Parking0203Gillig$254,799.00Transit Coach ‐ Low Floor VIN: 15GGD181011070770 On Vehicle14822GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD027843 0754Bus  Parking0861Gillig$280,850.00Transit Coach ‐ Low Floor VIN: 15GGE271X71091169 On Vehicle13837GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD027843 0755Bus  Parking0824Gillig$346,022.50Transit Coach ‐ Low Floor VIN: 15GGE271671091170 On Vehicle14916GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD027851 0856Bus  Parking0911Double K$169,737.50Trolley  Bus 56VIN: 5B4MP67G993435801 On Vehicle13841GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD027847 0857Bus  Parking0912Gillig$374,248.75Transit Coach ‐ Low Floor VIN: 15GGD271281176106 On Vehicle14854GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD027849 0858Bus  Parking0913Gillig$373,782.50Transit Coach ‐ Low Floor VIN: 15GGD271281176107 On Vehicle14848GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD027845 0859Bus  Parking0914Gillig$360,830.02Transit Coach ‐ Low Floor 15GGD271281176108 On Vehicle14494DRI$83,205.00Equipment (DR600's & Modems) 14850GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD27840 0860Bus  Parking0915Gillig$360,830.02Transit Coach ‐ Low Floor VIN: 15GGD271281176109 On Vehicle14818GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD027848 0861Bus  Parking0916Gillig$355,012.00Transit Coach ‐ Low Floor VIN: 15GGB271581176110 On Vehicle14844GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD27856 0862Bus  Parking0917Gillig$355,012.00Transit Coach ‐ Low Floor VIN: 15GGB271581176111 On Vehicle14920GFIOdyssey$13,675.32Fare  BoxOD27852 0963Bus  Parking1106Alexander DennisDD Model$843,369.00Transit Coach ‐ Low Floor SFET2A7239GN12228 1202Bus  Parking13424PanasonicCDCE$6,604.60Dell  Laptop Win7 Intel Core 15AB23456789OCTSA23281 Outside MaintenanceDodgeCaravan$40,091.72Road Supervisor Vehicle2D4RN4DG7BR794983 1264Bus  Parking1204Gillig$414,700.00Transit Coach ‐ Low Floor VIN: 15GGD271XC1176686 1365Bus  Parking1303Gillig$431,552.56Transit Coach ‐ Low Floor VIN: 15GGD2714D1180508 1366Bus  Parking1304Gillig$428,721.44Transit Coach ‐ Low Floor VIN: 15GGD2716D1181949 slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 73    Appendix E: Transit Operations & Maintenance Facility    The Transit Operations & Maintenance Facility was originally constructed in 1976 and is located at 29 Prado  Road, San Luis Obispo, CA 93401.  The facility consists of 10,600 square feet of bus bay parking along with a  5,480 square foot combined administration and maintenance building, located at the center of the  property.  The building is comprised of 1,650 square feet of administrative offices and 3,830 square feet of  maintenance bays.      The administrative office portion of the building is separated into three primary rooms. One room is used for the  General Manager, the second is shared by Dispatch and Road Supervisors and the third room is a driver  assembly (break) room.  The remainder of the building consists of gender‐specific restroom/locker rooms.     A potential remodel of a portion of the building space has been identified to create a classroom.  Within the  maintenance portion of the building there is a parts room that the City is currently designing to be converted  into the classroom.  At this time, the completion of this work is unknown.     slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 74    Appendix F: Federal Clauses    1. Fly America Requirements    49 U.S.C. §40118  41 CFR Part 301‐10    The Fly America requirements apply to the transportation of persons or property, by air, between a place in the  U.S. and a place outside the U.S., or between places outside the U.S., when the FTA will participate in the costs  of such air transportation. Transportation on a foreign air carrier is permissible when provided by a foreign air  carrier under a code share agreement when the ticket identifies the U.S. air carrier's designator code and flight  number. Transportation by a foreign air carrier is also permissible if there is a bilateral or multilateral air  transportation agreement to which the U.S. Government and a foreign government are parties and which the  Federal DOT has determined meets the requirements of the Fly America Act.  Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  The Fly America requirements flow down from FTA recipients and subrecipients to first tier contractors, who are  responsible for ensuring that lower tier contractors and subcontractors are in compliance.  The relevant statutes and regulations do not mandate any specified clause or language. FTA proposes the  following language.    Fly America Requirements ‐ The Contractor agrees to comply with 49 U.S.C. 40118 (the "Fly America"  Act) in accordance with the General Services Administration's regulations at 41 CFR Part 301‐10, which  provide that recipients and subrecipients of Federal funds and their contractors are required to use U.S.  Flag air carriers for U.S Government‐financed international air travel and transportation of their  personal effects or property, to the extent such service is available, unless travel by foreign air carrier is  a matter of necessity, as defined by the Fly America Act. The Contractor shall submit, if a foreign air  carrier was used, an appropriate certification or memorandum adequately explaining why service by a  U.S. flag air carrier was not available or why it was necessary to use a foreign air carrier and shall, in any  event, provide a certificate of compliance with the Fly America requirements. The Contractor agrees to  include the requirements of this section in all subcontracts that may involve international air  transportation.    2. Buy America Requirements    49 U.S.C. 5323(j)   49 CFR Part 661   The Buy America requirements apply to the following types of contracts: Construction Contracts and Acquisition  of Goods or Rolling Stock (valued at more than $100,000).   The Buy America requirements flow down from FTA recipients and subrecipients to first tier contractors, who  are responsible for ensuring that lower tier contractors and subcontractors are in compliance. The $100,000  threshold applies only to the grantee contract, subcontracts under that amount are subject to Buy America.  The Buy America regulation, at 49 CFR 661.13, requires notification of the Buy America requirements in FTA‐ funded contracts, but does not specify the language to be used. The following language has been developed by  FTA.     slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 75    Buy America ‐ The contractor agrees to comply with 49 U.S.C. 5323(j) and 49 C.F.R. Part 661, which  provide that Federal funds may not be obligated unless steel, iron, and manufactured products used in  FTA‐funded projects are produced in the United States, unless a waiver has been granted by FTA or the  product is subject to a general waiver. General waivers are listed in 49 C.F.R. 661.7, and include final  assembly in the United States for 15 passenger vans and 15 passenger wagons produced by Chrysler  Corporation, and microcomputer equipment and software. Separate requirements for rolling stock are  set out at 49 U.S.C. 5323(j)(2)(C) and 49 C.F.R. 661.11. Rolling stock must be assembled in the United  States and have a 60 percent domestic content.     A bidder or offeror must submit to the FTA recipient the appropriate Buy America certification (below)  with all bids or offers on FTA‐funded contracts, except those subject to a general waiver. Bids or offers  that are not accompanied by a completed Buy America certification must be rejected as nonresponsive.  This requirement does not apply to lower tier subcontractors.     Certification requirement for procurement of steel, iron, or manufactured products.     Certificate of Compliance with 49 U.S.C. 5323(j)(1)     The bidder or offeror hereby certifies that it will meet the requirements of 49 U.S.C. 5323(j)(1) and the  applicable regulations in 49 CFR Part 661.5.    Date:   ___________________________________    Signature:  ___________________________________    Company Name:  ___________________________________    Title:    ___________________________________    Certificate of Non‐Compliance with 49 U.S.C. 5323(j)(1)     The bidder or offeror hereby certifies that it cannot comply with the requirements of 49 U.S.C. 5323(j)(1)  and 49 C.F.R. 661.5, but it may qualify for an exception pursuant to 49 U.S.C. 5323(j)(2)(A), 5323(j)(2)(B),  or 5323(j)(2)(D), and 49 C.F.R. 661.7.    Date:   ___________________________________    Signature:   ___________________________________    Company Name:  ___________________________________    Title:     ___________________________________    Certification requirement for procurement of buses, other rolling stock and associated equipment.     Certificate of Compliance with 49 U.S.C. 5323(j)(2)(C).     slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 76    The bidder or offeror hereby certifies that it will comply with the requirements of 49 U.S.C. 5323(j)(2)(C)  and the regulations at 49 C.F.R. Part 661.11.    Date:    ___________________________________    Signature:  ___________________________________    Company Name: ___________________________________    Title:    ___________________________________    Certificate of Non‐Compliance with 49 U.S.C. 5323(j)(2)(C)     The bidder or offeror hereby certifies that it cannot comply with the requirements of 49 U.S.C.  5323(j)(2)(C) and 49 C.F.R. 661.11, but may qualify for an exception pursuant to 49 U.S.C. 5323(j)(2)(A),  5323(j)(2)(B), or 5323(j)(2)(D), and 49 C.F.R. 661.7.    Date:    ___________________________________    Signature:   ___________________________________    Company Name: ___________________________________    Title:    ___________________________________    3. Charter Bus Requirements    49 U.S.C. 5323(d)    49 CFR Part 604    The Charter Bus requirements apply to the following type of contract: Operational Service Contracts.   Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  The Charter Bus requirements flow down from FTA recipients and subrecipients to first tier service contractors.  The relevant statutes and regulations do not mandate any specific clause or language. The following clause has  been developed by FTA.    Charter Service Operations ‐ The contractor agrees to comply with 49 U.S.C. 5323(d) and 49 CFR Part  604, which provides that recipients and subrecipients of FTA assistance are prohibited from providing  charter service using federally funded equipment or facilities if there is at least one private charter  operator willing and able to provide the service, except under one of the exceptions at 49 CFR 604.9.  Any charter service provided under one of the exceptions must be "incidental," i.e., it must not interfere  with or detract from the provision of mass transportation.       slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 77    4. School Bus Requirements    49 U.S.C. 5323(F)   49 CFR Part 605     The School Bus requirements apply to the following type of contract: Operational Service Contracts.   The School Bus requirements flow down from FTA recipients and subrecipients to first tier service contractors.  The relevant statutes and regulations do not mandate any specific clause or language. The following clause has  been developed by FTA.    School Bus Operations ‐ Pursuant to 69 U.S.C. 5323(f) and 49 CFR Part 605, recipients and subrecipients  of FTA assistance may not engage in school bus operations exclusively for the transportation of students  and school personnel in competition with private school bus operators unless qualified under specified  exemptions. When operating exclusive school bus service under an allowable exemption, recipients and  subrecipients may not use federally funded equipment, vehicles, or facilities.     5. Cargo Preference Requirements    46 U.S.C. 1241    46 CFR Part 381    The Cargo Preference requirements apply to all contracts involving equipment, materials, or commodities which  may be transported by ocean vessels.   Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  The Cargo Preference requirements apply to all subcontracts when the subcontract may be involved with the  transport of equipment, material, or commodities by ocean vessel.   The MARAD regulations at 46 CFR 381.7 contain suggested contract clauses. The following language is proffered  by FTA.     Cargo Preference ‐ Use of United States‐Flag Vessels ‐ The contractor agrees: a. to use privately owned  United States‐Flag commercial vessels to ship at least 50 percent of the gross tonnage (computed  separately for dry bulk carriers, dry cargo liners, and tankers) involved, whenever shipping any  equipment, material, or commodities pursuant to the underlying contract to the extent such vessels are  available at fair and reasonable rates for United States‐Flag commercial vessels; b. to furnish within 20  working days following the date of loading for shipments originating within the United States or within  30 working days following the date of leading for shipments originating outside the United States, a  legible copy of a rated, "on‐board" commercial ocean bill‐of ‐lading in English for each shipment of cargo  described in the preceding paragraph to the Division of National Cargo, Office of Market Development,  Maritime Administration, Washington, DC 20590 and to the FTA recipient (through the contractor in the  case of a subcontractor's bill‐of‐lading.) c. to include these requirements in all subcontracts issued  pursuant to this contract when the subcontract may involve the transport of equipment, material, or  commodities by ocean vessel.     slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 78    6. Seismic Safety Requirements    42 U.S.C. 7701 et seq. 49     CFR Part 41    The Seismic Safety requirements apply only to contracts for the construction of new buildings or additions to  existing buildings.  Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  The Seismic Safety requirements flow down from FTA recipients and subrecipients to first tier contractors to  assure compliance, with the applicable building standards for Seismic Safety, including the work performed by  all subcontractors.   The regulations do not provide suggested language for third‐party contract clauses. The following language has  been developed by FTA.     Seismic Safety ‐ The contractor agrees that any new building or addition to an existing building will be  designed and constructed in accordance with the standards for Seismic Safety required in Department  of Transportation Seismic Safety Regulations 49 CFR Part 41 and will certify to compliance to the extent  required by the regulation. The contractor also agrees to ensure that all work performed under this  contract including work performed by a subcontractor is in compliance with the standards required by  the Seismic Safety Regulations and the certification of compliance issued on the project.     7. Energy Conservation Requirements    42 U.S.C. 6321 et seq.     49 CFR Part 18    The Energy Conservation requirements are applicable to all contracts.   Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  The Energy Conservation requirements extend to all third party contractors and their contracts at every tier and  subrecipients and their subagreements at every tier.   No specific clause is recommended in the regulations because the Energy Conservation requirements are so  dependent on the state energy conservation plan. The following language has been developed by FTA.     Energy Conservation ‐ The contractor agrees to comply with mandatory standards and policies relating  to energy efficiency which are contained in the state energy conservation plan issued in compliance with  the Energy Policy and Conservation Act.     8. Clean Water Requirements    33 U.S.C. 1251    The Clean Water requirements apply to each contract and subcontract which exceeds $100,000.  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 79    The Clean Water requirements flow down to FTA recipients and subrecipients at every tier.   While no mandatory clause is contained in the Federal Water Pollution Control Act, as amended, the following  language developed by FTA contains all the mandatory requirements.     Clean Water ‐ (1) The Contractor agrees to comply with all applicable standards, orders or regulations  issued pursuant to the Federal Water Pollution Control Act, as amended, 33 U.S.C. 1251 et seq . The  Contractor agrees to report each violation to the Purchaser and understands and agrees that the  Purchaser will, in turn, report each violation as required to assure notification to FTA and the  appropriate EPA Regional Office.    (2) The Contractor also agrees to include these requirements in each subcontract exceeding $100,000  financed in whole or in part with Federal assistance provided by FTA.    9. Bus Testing    49 U.S.C. 5318(e)    49 CFR Part 665    The Bus Testing requirements pertain only to the acquisition of Rolling Stock/Turnkey.  Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  The Bus Testing requirements should not flow down, except to the turnkey contractor as stated in Master  Agreement.  Clause and language therein are merely suggested. 49 CFR Part 665 does not contain specific language to be  included in third party contracts but does contain requirements applicable to subrecipients and third party  contractors. Bus Testing Certification and language therein are merely suggested.    Bus Testing ‐ The Contractor [Manufacturer] agrees to comply with 49 U.S.C. A 5323(c) and FTA's  implementing regulation at 49 CFR Part 665 and shall perform the following:  1. A manufacturer of a new bus model or a bus produced with a major change in components or  configuration shall provide a copy of the final test report to the recipient at a point in the  procurement process specified by the recipient which will be prior to the recipient's final  acceptance of the first vehicle.     2. A manufacturer who releases a report under paragraph 1 above shall provide notice to the  operator of the testing facility that the report is available to the public.    3. If the manufacturer represents that the vehicle was previously tested, the vehicle being sold  should have the identical configuration and major components as the vehicle in the test report,  which must be provided to the recipient prior to recipient's final acceptance of the first vehicle.  If the configuration or components are not identical, the manufacturer shall provide a  description of the change and the manufacturer's basis for concluding that it is not a major  change requiring additional testing.     slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 80    4. If the manufacturer represents that the vehicle is "grandfathered" (has been used in mass  transit service in the United States before October 1, 1988, and is currently being produced  without a major change in configuration or components), the manufacturer shall provide the  name and address of the recipient of such a vehicle and the details of that vehicle's  configuration and major components.     CERTIFICATION OF COMPLIANCE WITH FTA'S BUS TESTING REQUIREMENTS    The undersigned [Contractor/Manufacturer] certifies that the vehicle offered in this procurement complies with  49 U.S.C. A 5323(c) and FTA's implementing regulation at 49 CFR Part 665.    The undersigned understands that misrepresenting the testing status of a vehicle acquired with Federal financial  assistance may subject the undersigned to civil penalties as outlined in the Department of Transportation's  regulation on Program Fraud Civil Remedies, 49 CFR Part 31. In addition, the undersigned understands that FTA  may suspend or debar a manufacturer under the procedures in 49 CFR Part 29.    Date:    ___________________________________    Signature:   ___________________________________    Company Name:  ___________________________________     Title:    ___________________________________    10. Pre‐award and Post Delivery Audits Requirements    49 U.S.C. 5323     49 CFR Part 663    These requirements apply only to the acquisition of Rolling Stock/Turnkey.  Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  These requirements should not flow down, except to the turnkey contractor as stated in Master Agreement.   Clause and language therein are merely suggested. 49 C.F.R. Part 663 does not contain specific language  to be included in third party contracts but does contain requirements applicable to subrecipients and  third party contractors.     Buy America certification is mandated under FTA regulation, "Pre‐Award and Post‐Delivery Audits of  Rolling Stock Purchases," 49 C.F.R. 663.13.      Specific language for the Buy America certification is mandated by FTA regulation,    "Buy America Requirements‐‐Surface Transportation Assistance Act of 1982, as amended," 49 C.F.R. 661.12, but  has been modified to include FTA's Buy America requirements codified at 49 U.S.C. A 5323(j).    slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 81    Pre‐Award and Post‐Delivery Audit Requirements ‐ The Contractor agrees to comply with 49 U.S.C. § 5323(l) and  FTA's implementing regulation at 49 C.F.R. Part 663 and to submit the following certifications:    1. Buy America Requirements: The Contractor shall complete and submit a declaration certifying either  compliance or noncompliance with Buy America. If the Bidder/Offeror certifies compliance with Buy  America, it shall submit documentation which lists 1) component and subcomponent parts of the rolling  stock to be purchased identified by manufacturer of the parts, their country of origin and costs; and 2)  the location of the final assembly point for the rolling stock, including a description of the activities that  will take place at the final assembly point and the cost of final assembly.     2. Solicitation Specification Requirements: The Contractor shall submit evidence that it will be capable of  meeting the bid specifications.     3. Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS): The Contractor shall submit 1) manufacturer's FMVSS  self‐certification sticker information that the vehicle complies with relevant FMVSS or 2) manufacturer's  certified statement that the contracted buses will not be subject to FMVSS regulations.     BUY AMERICA CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH FTA REQUIREMENTS   FOR BUSES, OTHER ROLLING STOCK, OR ASSOCIATED EQUIPMENT    (To be submitted with a bid or offer exceeding the small purchase threshold for Federal assistance programs,  currently set at $100,000.)     Certificate of Compliance  The bidder hereby certifies that it will comply with the requirements of 49 U.S.C. Section 5323(j)(2)(C), Section  165(b)(3) of the Surface Transportation Assistance Act of 1982, as amended, and the regulations of 49 C.F.R.  661.11:    Date:    ___________________________________    Signature:   ___________________________________    Company Name:  ___________________________________    Title:    ___________________________________    Certificate of Non‐Compliance    The bidder hereby certifies that it cannot comply with the requirements of 49 U.S.C. Section 5323(j)(2)(C) and  Section 165(b)(3) of the Surface Transportation Assistance Act of 1982, as amended, but may qualify for an  exception to the requirements consistent with 49 U.S.C. Sections 5323(j)(2)(B) or (j)(2)(D), Sections 165(b)(2) or  (b)(4) of the Surface Transportation Assistance Act, as amended, and regulations in 49 C.F.R. 661.7.    Date:    ___________________________________    Signature:   ___________________________________    slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 82    Company Name:  ___________________________________    Title:    ___________________________________    11. Lobbying    31 U.S.C. 1352    49 CFR Part 19    49 CFR Part 20    The Lobbying requirements apply to Construction/Architectural and Engineering/Acquisition of Rolling  Stock/Professional Service Contract/Operational Service Contract/Turnkey contracts.  Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  The Lobbying requirements mandate the maximum flow down, pursuant to Byrd Anti‐Lobbying Amendment, 31  U.S.C. § 1352(b)(5) and 49 C.F.R. Part 19, Appendix A, Section 7.   Clause and specific language therein are mandated by 49 CFR Part 19, Appendix A.     Modifications have been made to the Clause pursuant to Section 10 of the Lobbying Disclosure Act of  1995, P.L. 104‐65 [to be codified at 2 U.S.C. § 1601, et seq. ]     Lobbying Certification and Disclosure of Lobbying Activities for third party contractors are mandated by  31 U.S.C. 1352(b)(5), as amended by Section 10 of the Lobbying Disclosure Act of 1995, and DOT  implementing regulation, "New Restrictions on Lobbying," at 49 CFR § 20.110(d)     Language in Lobbying Certification is mandated by 49 CFR Part 19, Appendix A, Section 7, which provides  that contractors file the certification required by 49 CFR Part 20, Appendix A.    Modifications have been made to the Lobbying Certification pursuant to Section 10 of the Lobbying  Disclosure Act of 1995.     Use of "Disclosure of Lobbying Activities," Standard Form‐LLL set forth in Appendix B of 49 CFR Part 20,  as amended by "Government wide Guidance For New Restrictions on Lobbying," 61 Fed. Reg. 1413  (1/19/96) is mandated by 49 CFR Part 20, Appendix A.    Byrd Anti‐Lobbying Amendment, 31 U.S.C. 1352, as amended by the Lobbying Disclosure Act of 1995, P.L. 104‐65  [to be codified at 2 U.S.C. § 1601, et seq.] ‐ Contractors who apply or bid for an award of $100,000 or more shall  file the certification required by 49 CFR part 20, "New Restrictions on Lobbying." Each tier certifies to the tier  above that it will not and has not used Federal appropriated funds to pay any person or organization for  influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a member of Congress, officer or  employee of Congress, or an employee of a member of Congress in connection with obtaining any Federal  contract, grant or any other award covered by 31 U.S.C. 1352. Each tier shall also disclose the name of any  registrant under the Lobbying Disclosure Act of 1995 who has made lobbying contacts on its behalf with non‐ slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 83    Federal funds with respect to that Federal contract, grant or award covered by 31 U.S.C. 1352. Such disclosures  are forwarded from tier to tier up to the recipient.    APPENDIX A, 49 CFR PART 20‐‐CERTIFICATION REGARDING LOBBYING     Certification for Contracts, Grants, Loans, and Cooperative Agreements    (To be submitted with each bid or offer exceeding $100,000)      The undersigned [Contractor] certifies, to the best of his or her knowledge and belief, that:  1. No Federal appropriated funds have been paid or will be paid, by or on behalf of the  undersigned, to any person for influencing or attempting to influence an officer or employee of  an agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a  Member of Congress in connection with the awarding of any Federal contract, the making of any  Federal grant, the making of any Federal loan, the entering into of any cooperative agreement,  and the extension, continuation, renewal, amendment, or modification of any Federal contract,  grant, loan, or cooperative agreement.     2. If any funds other than Federal appropriated funds have been paid or will be paid to any person  for making lobbying contacts to an officer or employee of any agency, a Member of Congress, an  officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with  this Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement, the undersigned shall complete  and submit Standard Form‐‐LLL, "Disclosure Form to Report Lobbying," in accordance with its  instructions [as amended by "Government wide Guidance for New Restrictions on Lobbying," 61  Fed. Reg. 1413 (1/19/96). Note: Language in paragraph (2) herein has been modified in  accordance with Section 10 of the Lobbying Disclosure Act of 1995 (P.L. 104‐65, to be codified at  2 U.S.C. 1601, et seq .)]     3. The undersigned shall require that the language of this certification be included in the award  documents for all subawards at all tiers (including subcontracts, subgrants, and contracts under  grants, loans, and cooperative agreements) and that all subrecipients shall certify and disclose  accordingly.     This certification is a material representation of fact upon which reliance was placed when this transaction was  made or entered into. Submission of this certification is a prerequisite for making or entering into this  transaction imposed by 31, U.S.C. § 1352 (as amended by the Lobbying Disclosure Act of 1995). Any person who  fails to file the required certification shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000 and not more  than $100,000 for each such failure.    [Note: Pursuant to 31 U.S.C. § 1352(c)(1)‐(2)(A), any person who makes a prohibited expenditure or fails to file  or amend a required certification or disclosure form shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000  and not more than $100,000 for each such expenditure or failure.]    The Contractor, ___________________, certifies or affirms the truthfulness and accuracy of each statement of  its certification and disclosure, if any. In addition, the Contractor understands and agrees that the provisions of  31 U.S.C. A 3801, et seq., apply to this certification and disclosure, if any.    slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 84    Signature of Contractor's Authorized Official   ___________________________________    Name and Title of Contractor's Authorized Official  ___________________________________    Date        ___________________________________    12. Access to Records and Reports    49 U.S.C. 5325     18 CFR 18.36 (i)    49 CFR 633.17    Reference Chart "Requirements for Access to Records and Reports by Type of Contracts"   Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  FTA does not require the inclusion of these requirements in subcontracts.  The specified language is not mandated by the statutes or regulations referenced, but the language provided  paraphrases the statutory or regulatory language.     The specified language is not mandated by the statutes or regulations referenced, but the language provided  paraphrases the statutory or regulatory language.     Access to Records ‐ The following access to records requirements apply to this Contract:  1. Where the Purchaser is not a State but a local government and is the FTA Recipient or a subgrantee of  the FTA Recipient in accordance with 49 C. F. R. 18.36(i), the Contractor agrees to provide the Purchaser,  the FTA Administrator, the Comptroller General of the United States or any of their authorized  representatives access to any books, documents, papers and records of the Contractor which are  directly pertinent to this contract for the purposes of making audits, examinations, excerpts and  transcriptions. Contractor also agrees, pursuant to 49 C. F. R. 633.17 to provide the FTA Administrator or  his authorized representatives including any PMO Contractor access to Contractor's records and  construction sites pertaining to a major capital project, defined at 49 U.S.C. 5302(a)1, which is receiving  federal financial assistance through the programs described at 49 U.S.C. 5307, 5309 or 5311.     2. Where the Purchaser is a State and is the FTA Recipient or a subgrantee of the FTA Recipient in  accordance with 49 C.F.R. 633.17, Contractor agrees to provide the Purchaser, the FTA Administrator or  his authorized representatives, including any PMO Contractor, access to the Contractor's records and  construction sites pertaining to a major capital project, defined at 49 U.S.C. 5302(a)1, which is receiving  federal financial assistance through the programs described at 49 U.S.C. 5307, 5309 or 5311. By  definition, a major capital project excludes contracts of less than the simplified acquisition threshold  currently set at $100,000.     3. Where the Purchaser enters into a negotiated contract for other than a small purchase or under the  simplified acquisition threshold and is an institution of higher education, a hospital or other non‐profit  organization and is the FTA Recipient or a subgrantee of the FTA Recipient in accordance with 49 C.F.R.  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 85    19.48, Contractor agrees to provide the Purchaser, FTA Administrator, the Comptroller General of the  United States or any of their duly authorized representatives with access to any books, documents,  papers and record of the Contractor which are directly pertinent to this contract for the purposes of  making audits, examinations, excerpts and transcriptions.     4. Where any Purchaser which is the FTA Recipient or a subgrantee of the FTA Recipient in accordance with  49 U.S.C. 5325(a) enters into a contract for a capital project or improvement (defined at 49 U.S.C.  5302(a)1) through other than competitive bidding, the Contractor shall make available records related  to the contract to the Purchaser, the Secretary of Transportation and the Comptroller General or any  authorized officer or employee of any of them for the purposes of conducting an audit and inspection.     5. The Contractor agrees to permit any of the foregoing parties to reproduce by any means whatsoever or  to copy excerpts and transcriptions as reasonably needed.     6. The Contractor agrees to maintain all books, records, accounts and reports required under this contract  for a period of not less than three years after the date of termination or expiration of this contract,  except in the event of litigation or settlement of claims arising from the performance of this contract, in  which case Contractor agrees to maintain same until the Purchaser, the FTA Administrator, the  Comptroller General, or any of their duly authorized representatives, have disposed of all such litigation,  appeals, claims or exceptions related thereto. Reference 49 CFR 18.39(i)(11).     7. FTA does not require the inclusion of these requirements in subcontracts    Requirements for Access to Records and Reports by Types of Contract  Contract  Characteristics  Contract  Operational  Service  Contract   Turnkey  Construction Architectural  Engineering  Acquisition  of Rolling  Stock  Professional  Services  I. State  Grantees  a. Contracts below  SAT ($100,000)  None  Those imposed on  state pass thru to  Contractor  None None None None  b. Contracts above  $100,000/Capital  Projects   None unless1  non‐ competitive  award   Those imposed on  state pass thru to  Contractor   Yes, if non‐ competitive award  or if funded thru2  5307/5309/5311  None unless  non‐ competitive  award  None unless  non‐ competitive  award  None unless  non‐ competitive  award  II. Non State  Grantees   a. Contracts below  SAT ($100,000) Yes3  Those imposed on  non‐state Grantee  pass thru to  Contractor  Yes Yes Yes Yes  b. Contracts above  $100,000/Capital  Projects  Yes3  Those imposed on  non‐state Grantee  pass thru to  Contractor  Yes Yes Yes Yes    Sources of Authority  1. 49 USC 5325 (a)   2. 49 CFR 633.17   3. 18 CFR 18.36 (i)   slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 86      13. Federal Changes    49 CFR Part 18    The Federal Changes requirement applies to all contracts.   Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  The Federal Changes requirement flows down appropriately to each applicable changed requirement.   No specific language is mandated. The following language has been developed by FTA.     Federal Changes ‐ Contractor shall at all times comply with all applicable FTA regulations, policies, procedures  and directives, including without limitation those listed directly or by reference in the Master Agreement  between Purchaser and FTA, as they may be amended or promulgated from time to time during the term of this  contract. Contractor's failure to so comply shall constitute a material breach of this contract.    14. Bonding Requirements    For those construction or facility improvement contracts or subcontracts exceeding $100,000, FTA may accept  the bonding policy and requirements of the recipient, provided that they meet the minimum requirements for  construction contracts as follows:   a. A bid guarantee from each bidder equivalent to five (5) percent of the bid price. The "bid guarantees"  shall consist of a firm commitment such as a bid bond, certifies check, or other negotiable instrument  accompanying a bid as assurance that the bidder will, upon acceptance of his bid, execute such  contractual documents as may be required within the time specified.   b. A performance bond on the part to the Contractor for 100 percent of the contract price. A "performance  bond" is one executed in connection with a contract to secure fulfillment of all the contractor's  obligations under such contract.     c. A payment bond on the part of the contractor for 100 percent of the contract price. A "payment bond"  is one executed in connection with a contract to assure payment, as required by law, of all persons  supplying labor and material in the execution of the work provided for in the contract. Payment bond  amounts required from Contractors are as follows:     1. 1.50% of the contract price if the contract price is not more than $1 million;     2. 2.40% of the contract price if the contract price is more than $1 million but not more than $5  million; or     3. 3.$2.5 million if the contract price is more than $5 million.     d. A cash deposit, certified check or other negotiable instrument may be accepted by a grantee in lieu of  performance and payment bonds, provided the grantee has established a procedure to assure that the  interest of FTA is adequately protected. An irrevocable letter of credit would also satisfy the  requirement for a bond.   Bonding requirements flow down to the first tier contractors.   slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 87    FTA does not prescribe specific wording to be included in third party contracts. FTA has prepared sample clauses  as follows:  a. Bid Security    A Bid Bond must be issued by a fully qualified surety company acceptable to (Recipient) and listed as a  company currently authorized under 31 CFR, Part 223 as possessing a Certificate of Authority as  described thereunder.    b. Rights Reserved    In submitting this Bid, it is understood and agreed by bidder that the right is reserved by (Recipient) to  reject any and all bids, or part of any bid, and it is agreed that the Bid may not be withdrawn for a period  of [ninety (90)] days subsequent to the opening of bids, without the written consent of (Recipient).    It is also understood and agreed that if the undersigned bidder should withdraw any part or all of his bid  within [ninety (90)] days after the bid opening without the written consent of (Recipient), shall refuse or  be unable to enter into this Contract, as provided above, or refuse or be unable to furnish adequate and  acceptable Performance Bonds and Labor and Material Payments Bonds, as provided above, or refuse or  be unable to furnish adequate and acceptable insurance, as provided above, he shall forfeit his bid  security to the extent of (Recipient's) damages occasioned by such withdrawal, or refusal, or inability to  enter into an agreement, or provide adequate security therefor.  It is further understood and agreed that to the extent the defaulting bidder's Bid Bond, Certified Check,  Cashier's Check, Treasurer's Check, and/or Official Bank Check (excluding any income generated thereby  which has been retained by (Recipient) as provided in [Item x "Bid Security" of the Instructions to  Bidders]) shall prove inadequate to fully recompense (Recipient) for the damages occasioned by default,  then the undersigned bidder agrees to indemnify (Recipient) and pay over to (Recipient) the difference  between the bid security and (Recipient's) total damages, so as to make (Recipient) whole.    The undersigned understands that any material alteration of any of the above or any of the material  contained on this form, other than that requested, will render the bid unresponsive.  The Contractor shall be required to obtain performance and payment bonds as follows:    a. Performance bonds  1. The penal amount of performance bonds shall be 100 percent of the original contract price, unless  the (Recipient) determines that a lesser amount would be adequate for the protection of the  (Recipient).    2. The (Recipient) may require additional performance bond protection when a contract price is  increased. The increase in protection shall generally equal 100 percent of the increase in contract  price. The (Recipient) may secure additional protection by directing the Contractor to increase the  penal amount of the existing bond or to obtain an additional bond.    b. Payment bonds   1. The penal amount of the payment bonds shall equal:   i. Fifty percent of the contract price if the contract price is not more than $1 million.   ii. Forty percent of the contract price if the contract price is more than $1 million but not  more than $5 million; or   slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 88    iii. Two and one half million if the contract price is more than $5 million.     2. If the original contract price is $5 million or less, the (Recipient) may require additional protection as  required by subparagraph 1 if the contract price is increased.     The Contractor may be required to obtain performance and payment bonds when necessary to protect the  (Recipient's) interest.    a. The following situations may warrant a performance bond:    1. (Recipient) property or funds are to be provided to the contractor for use in performing the contract  or as partial compensation (as in retention of salvaged material).      2. A contractor sells assets to or merges with another concern, and the (Recipient), after recognizing  the latter concern as the successor in interest, desires assurance that it is financially capable.    3. Substantial progress payments are made before delivery of end items starts.    4. Contracts are for dismantling, demolition, or removal of improvements.    b. When it is determined that a performance bond is required, the Contractor shall be required to obtain  performance bonds as follows:   1. The penal amount of performance bonds shall be 100 percent of the original contract price, unless  the (Recipient) determines that a lesser amount would be adequate for the protection of the  (Recipient).   2. The (Recipient) may require additional performance bond protection when a contract price is  increased. The increase in protection shall generally equal 100 percent of the increase in contract  price. The (Recipient) may secure additional protection by directing the Contractor to increase the  penal amount of the existing bond or to obtain an additional bond.     c. A payment bond is required only when a performance bond is required, and if the use of payment bond  is in the (Recipient's) interest.   d. When it is determined that a payment bond is required, the Contractor shall be required to obtain  payment bonds as follows:   1. The penal amount of payment bonds shall equal:   i. Fifty percent of the contract price if the contract price is not more than $1 million;   ii. Forty percent of the contract price if the contract price is more than $1 million but not  more than $5 million; or   iii. Two and one half million if the contract price is increased.     The Contractor may be required to obtain an advance payment bond if the contract contains an advance  payment provision and a performance bond is not furnished. The (recipient) shall determine the amount of the  advance payment bond necessary to protect the (Recipient).  The Contractor may be required to obtain a patent indemnity bond if a performance bond is not furnished and  the financial responsibility of the Contractor is unknown or doubtful. The (recipient) shall determine the amount  of the patent indemnity to protect the (Recipient).  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 89      1. The Contractor warrants to (Recipient), the Architect and/or Engineer that all materials and equipment  furnished under this Contract will be of highest quality and new unless otherwise specified by  (Recipient), free from faults and defects and in conformance with the Contract Documents. All work not  so conforming to these standards shall be considered defective. If required by the [Project Manager],  the Contractor shall furnish satisfactory evidence as to the kind and quality of materials and equipment.      2. The Work furnished must be of first quality and the workmanship must be the best obtainable in the  various trades. The Work must be of safe, substantial and durable construction in all respects. The  Contractor hereby guarantees the Work against defective materials or faulty workmanship for a  minimum period of one (1) year after Final Payment by (Recipient) and shall replace or repair any  defective materials or equipment or faulty workmanship during the period of the guarantee at no cost  to (Recipient). As additional security for these guarantees, the Contractor shall, prior to the release of  Final Payment [as provided in Item X below], furnish separate Maintenance (or Guarantee) Bonds in  form acceptable to (Recipient) written by the same corporate surety that provides the Performance  Bond and Labor and Material Payment Bond for this Contract. These bonds shall secure the Contractor's  obligation to replace or repair defective materials and faulty workmanship for a minimum period of one  (1) year after Final Payment and shall be written in an amount equal to ONE HUNDRED PERCENT (100%)  of the CONTRACT SUM, as adjusted (if at all).     15. Clean Air    42 U.S.C. 7401 et seq     40 CFR 15.61     49 CFR Part 18    The Clean Air requirements apply to all contracts exceeding $100,000, including indefinite quantities where the  amount is expected to exceed $100,000 in any year.   The Clean Air requirements flow down to all subcontracts which exceed $100,000.   No specific language is required. FTA has proposed the following language.     Clean Air ‐ (1) The Contractor agrees to comply with all applicable standards, orders or regulations issued  pursuant to the Clean Air Act, as amended, 42 U.S.C. §§ 7401 et seq. The Contractor agrees to report each  violation to the Purchaser and understands and agrees that the Purchaser will, in turn, report each violation as  required to assure notification to FTA and the appropriate EPA Regional Office.    (2) The Contractor also agrees to include these requirements in each subcontract exceeding $100,000 financed  in whole or in part with Federal assistance provided by FTA.    16. Recycled Products    42 U.S.C. 6962    slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 90    40 CFR Part 247    Executive Order 12873    The Recycled Products requirements apply to all contracts for items designated by the EPA, when the purchaser  or contractor procures $10,000 or more of one of these items during the fiscal year, or has procured $10,000 or  more of such items in the previous fiscal year, using Federal funds. New requirements for "recovered materials"  will become effective May 1, 1996. These new regulations apply to all procurement actions involving items  designated by the EPA, where the procuring agency purchases $10,000 or more of one of these items in a fiscal  year, or when the cost of such items purchased during the previous fiscal year was $10,000.   Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  These requirements flow down to all to all contractor and subcontractor tiers.   No specific clause is mandated, but FTA has developed the following language.     Recovered Materials ‐ The contractor agrees to comply with all the requirements of Section 6002 of the  Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), as amended (42 U.S.C. 6962), including but not limited to the  regulatory provisions of 40 CFR Part 247, and Executive Order 12873, as they apply to the procurement of the  items designated in Subpart B of 40 CFR Part 247.    17. Davis‐Bacon and Copeland Anti‐Kickback Acts  The Davis‐Bacon and Copeland Acts are codified at 40 USC 3141, et seq. and 18 USC 874. The Acts apply to  grantee construction contracts and subcontracts that “at least partly are financed by a loan or grant from the  Federal Government.” 40 USC 3145(a), 29 CFR 5.2(h), 49 CFR 18.36(i)(5). The Acts apply to any construction  contract over $2,000. 40 USC 3142(a), 29 CFR 5.5(a). ‘Construction,’ for purposes of the Acts, includes “actual  construction, alteration and/or repair, including painting and decorating.” 29 CFR 5.5(a). The requirements of  both Acts are incorporated into a single clause (see 29 CFR 3.11) enumerated at 29 CFR 5.5(a) and reproduced  below.    The clause language is drawn directly from 29 CFR 5.5(a) and any deviation from the model clause below should  be coordinated with counsel to ensure the Acts’ requirements are satisfied.  Davis‐Bacon and Copeland Anti‐Kickback Acts    (1) Minimum wages ‐ (i) All laborers and mechanics employed or working upon the site of the work (or under  the United States Housing Act of 1937 or under the Housing Act of 1949 in the construction or development of  the project), will be paid unconditionally and not less often than once a week, and without subsequent  deduction or rebate on any account (except such payroll deductions as are permitted by regulations issued by  the Secretary of Labor under the Copeland Act (29 CFR part 3)), the full amount of wages and bona fide fringe  benefits (or cash equivalents thereof) due at time of payment computed at rates not less than those contained  in the wage determination of the Secretary of Labor which is attached hereto and made a part hereof,  regardless of any contractual relationship which may be alleged to exist between the contractor and such  laborers and mechanics.     Contributions made or costs reasonably anticipated for bona fide fringe benefits under section 1(b)(2) of the  Davis‐Bacon Act on behalf of laborers or mechanics are considered wages paid to such laborers or mechanics,  subject to the provisions of paragraph (1)(iv) of this section; also, regular contributions made or costs incurred  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 91    for more than a weekly period (but not less often than quarterly) under plans, funds, or programs which cover  the particular weekly period, are deemed to be constructively made or incurred during such weekly period. Such  laborers and mechanics shall be paid the appropriate wage rate and fringe benefits on the wage determination  for the classification of work actually performed, without regard to skill, except as provided in 29 CFR Part  5.5(a)(4). Laborers or mechanics performing work in more than one classification may be compensated at the  rate specified for each classification for the time actually worked therein: Provided, That the employer's payroll  records accurately set forth the time spent in each classification in which work is performed. The wage  determination (including any additional classifications and wage rates conformed under paragraph (1)(ii) of this  section) and the Davis‐Bacon poster (WH‐1321) shall be posted at all times by the contractor and its  subcontractors at the site of the work in a prominent and accessible place where it can be easily seen by the  workers.     (ii)(A) The contracting officer shall require that any class of laborers or mechanics, including helpers, which is not  listed in the wage determination and which is to be employed under the contract shall be classified in  conformance with the wage determination. The contracting officershall approve an additional classification and  wage rate and fringe benefits therefore only when the following criteria have been met:   1. Except with respect to helpers as defined as 29 CFR 5.2(n)(4), the work to be performed by the  classification requested is not performed by a classification in the wage determination; and   2. The classification is utilized in the area by the construction industry; and   3. The proposed wage rate, including any bona fide fringe benefits, bears a reasonable relationship to the  wage rates contained in the wage determination; and   4. With respect to helpers as defined in 29 CFR 5.2(n)(4), such a classification prevails in the area in which  the work is performed.     (B) If the contractor and the laborers and mechanics to be employed in the classification (if known), or their  representatives, and the contracting officer agree on the classification and wage rate (including the amount  designated for fringe benefits where appropriate), a report of the action taken shall be sent by the contracting  officer to the Administrator of the Wage and Hour Division, Employment Standards Administration, U.S.  Department of Labor, Washington, DC 20210. The Administrator, or an authorized representative, will approve,  modify, or disapprove every additional classification action within 30 days of receipt and so advise the  contracting officer or will notify the contracting officer within the 30‐day period that additional time is  necessary.     (C) In the event the contractor, the laborers or mechanics to be employed in the classification or their  representatives, and the contracting officer do not agree on the proposed classification and wage rate (including  the amount designated for fringe benefits, where appropriate), the contracting officer shall refer the questions,  including the views of all interested parties and the recommendation of the contracting officer, to the  Administrator for determination. The Administrator, or an authorized representative, will issue a determination  within 30 days of receipt and so advise the contracting officer or will notify the contracting officer within the 30‐ day period that additional time is necessary.     (D) The wage rate (including fringe benefits where appropriate) determined pursuant to paragraphs (a)(1)(ii) (B)  or (C) of this section, shall be paid to all workers performing work in the classification under this contract from  the first day on which work is performed in the classification.     slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 92    (iii) Whenever the minimum wage rate prescribed in the contract for a class of laborers or mechanics includes a  fringe benefit which is not expressed as an hourly rate, the contractor shall either pay the benefit as stated in  the wage determination or shall pay another bona fide fringe benefit or an hourly cash equivalent thereof.     (iv) If the contractor does not make payments to a trustee or other third person, the contractor may consider as  part of the wages of any laborer or mechanic the amount of any costs reasonably anticipated in providing bona  fide fringe benefits under a plan or program, Provided, That the Secretary of Labor has found, upon the written  request of the contractor, that the applicable standards of the Davis‐Bacon Act have been met. The Secretary of  Labor may require the contractor to set aside in a separate account assets for the meeting of obligations under  the plan or program.     (v)(A) The contracting officer shall require that any class of laborers or mechanics which is not listed in the wage  determination and which is to be employed under the contract shall be classified in conformance with the wage  determination. The contracting officer shall approve an additional classification and wage rate and fringe  benefits therefor only when the following criteria have been met:   1. The work to be performed by the classification requested is not performed by a classification in the  wage determination; and   2. The classification is utilized in the area by the construction industry; and   3. The proposed wage rate, including any bona fide fringe benefits, bears a reasonable relationship to the  wage rates contained in the wage determination.     (B) If the contractor and the laborers and mechanics to be employed in the classification (if known), or their  representatives, and the contracting officer agree on the classification and wage rate (including the amount  designated for fringe benefits where appropriate), a report of the action taken shall be sent by the contracting  officer to the Administrator of the Wage and Hour Division, Employment Standards Administration, Washington,  DC 20210. The Administrator, or an authorized representative, will approve, modify, or disapprove every  additional classification action within 30 days of receipt and so advise the contracting officer or will notify the  contracting officer within the 30‐day period that additional time is necessary.     (C) In the event the contractor, the laborers or mechanics to be employed in the classification or their  representatives, and the contracting officer do not agree on the proposed classification and wage rate (including  the amount designated for fringe benefits, where appropriate), the contracting officer shall refer the questions,  including the views of all interested parties and the recommendation of the contracting officer, to the  Administrator for determination. The Administrator, or an authorized representative, will issue a determination  with 30 days of receipt and so advise the contracting officer or will notify the contracting officer within the 30‐ day period that additional time is necessary.     (D) The wage rate (including fringe benefits where appropriate) determined pursuant to paragraphs (a)(1)(v) (B)  or (C) of this section, shall be paid to all workers performing work in the classification under this contract from  the first day on which work is performed in the classification.     (2) Withholding ‐ The [ insert name of grantee ] shall upon its own action or upon written request of an  authorized representative of the Department of Labor withhold or cause to be withheld from the contractor  under this contract or any other Federal contract with the same prime contractor, or any other federally‐ assisted contract subject to Davis‐Bacon prevailing wage requirements, which is held by the same prime  contractor, so much of the accrued payments or advances as may be considered necessary to pay laborers and  mechanics, including apprentices, trainees, and helpers, employed by the contractor or any subcontractor the  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 93    full amount of wages required by the contract. In the event of failure to pay any laborer or mechanic, including  any apprentice, trainee, or helper, employed or working on the site of the work (or under the United States  Housing Act of 1937 or under the Housing Act of 1949 in the construction or development of the project), all or  part of the wages required by the contract, the [ insert name of grantee ] may, after written notice to the  contractor, sponsor, applicant, or owner, take such action as may be necessary to cause the suspension of any  further payment, advance, or guarantee of funds until such violations have ceased.     (3) Payrolls and basic records ‐ (i) Payrolls and basic records relating thereto shall be maintained by the  contractor during the course of the work and preserved for a period of three years thereafter for all laborers and  mechanics working at the site of the work (or under the United States Housing Act of 1937, or under the  Housing Act of 1949, in the construction or development of the project). Such records shall contain the name,  address, and social security number of each such worker, his or her correct classification, hourly rates of wages  paid (including rates of contributions or costs anticipated for bona fide fringe benefits or cash equivalents  thereof of the types described in section 1(b)(2)(B) of the Davis‐Bacon Act), daily and weekly number of hours  worked, deductions made and actual wages paid. Whenever the Secretary of Labor has found under 29 CFR  5.5(a)(1)(iv) that the wages of any laborer or mechanic include the amount of any costs reasonably anticipated  in providing benefits under a plan or program described in section 1(b)(2)(B) of the Davis‐Bacon Act, the  contractor shall maintain records which show that the commitment to provide such benefits is enforceable, that  the plan or program is financially responsible, and that the plan or program has been communicated in writing  to the laborers or mechanics affected, and records which show the costs anticipated or the actual cost incurred  in providing such benefits. Contractors employing apprentices or trainees under approved programs shall  maintain written evidence of the registration of apprenticeship programs and certification of trainee programs,  the registration of the apprentices and trainees, and the ratios and wage rates prescribed in the applicable  programs.     (ii)(A) The contractor shall submit weekly for each week in which any contract work is performed a copy of all  payrolls to the [ insert name of grantee ] for transmission to the Federal Transit Administration. The payrolls  submitted shall set out accurately and completely all of the information required to be maintained under section  5.5(a)(3)(i) of Regulations, 29 CFR part 5. This information may be submitted in any form desired. Optional Form  WH‐347 is available for this purpose and may be purchased from the Superintendent of Documents (Federal  Stock Number 029‐005‐00014‐1), U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. The prime contractor  is responsible for the submission of copies of payrolls by all subcontractors.     (B) Each payroll submitted shall be accompanied by a "Statement of Compliance," signed by the contractor or  subcontractor or his or her agent who pays or supervises the payment of the persons employed under the  contract and shall certify the following:   1. (1) That the payroll for the payroll period contains the information required to be maintained under  section 5.5(a)(3)(i) of Regulations, 29 CFR part 5 and that such information is correct and complete;   2. (2) That each laborer or mechanic (including each helper, apprentice, and trainee) employed on the  contract during the payroll period has been paid the full weekly wages earned, without rebate, either  directly or indirectly, and that no deductions have been made either directly or indirectly from the full  wages earned, other than permissible deductions as set forth in Regulations, 29 CFR part 3;   3. (3) That each laborer or mechanic has been paid not less than the applicable wage rates and fringe  benefits or cash equivalents for the classification of work performed, as specified in the applicable wage  determination incorporated into the contract.     slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 94    (C) The weekly submission of a properly executed certification set forth on the reverse side of Optional Form  WH‐347 shall satisfy the requirement for submission of the "Statement of Compliance" required by paragraph  (a)(3)(ii)(B) of this section.     (D) The falsification of any of the above certifications may subject the contractor or subcontractor to civil or  criminal prosecution under section 1001 of title 18 and section 231 of title 31 of the United States Code.     (iii) The contractor or subcontractor shall make the records required under paragraph (a)(3)(i) of this section  available for inspection, copying, or transcription by authorized representatives of the Federal Transit  Administration or the Department of Labor, and shall permit such representatives to interview employees  during working hours on the job. If the contractor or subcontractor fails to submit the required records or to  make them available, the Federal agency may, after written notice to the contractor, sponsor, applicant, or  owner, take such action as may be necessary to cause the suspension of any further payment, advance, or  guarantee of funds. Furthermore, failure to submit the required records upon request or to make such records  available may be grounds for debarment action pursuant to 29 CFR 5.12.     (4) Apprentices and trainees ‐ (i) Apprentices ‐ Apprentices will be permitted to work at less than the  predetermined rate for the work they performed when they are employed pursuant to and individually  registered in a bona fide apprenticeship program registered with the U.S. Department of Labor, Employment  and Training Administration, Bureau of Apprenticeship and Training, or with a State Apprenticeship Agency  recognized by the Bureau, or if a person is employed in his or her first 90 days of probationary employment as  an apprentice in such an apprenticeship program, who is not individually registered in the program, but who has  been certified by the Bureau of Apprenticeship and Training or a State Apprenticeship Agency (where  appropriate) to be eligible for probationary employment as an apprentice. The allowable ratio of apprentices to  journeymen on the job site in any craft classification shall not be greater than the ratio permitted to the  contractor as to the entire work force under the registered program. Any worker listed on a payroll at an  apprentice wage rate, who is not registered or otherwise employed as stated above, shall be paid not less than  the applicable wage rate on the wage determination for the classification of work actually performed. In  addition, any apprentice performing work on the job site in excess of the ratio permitted under the registered  program shall be paid not less than the applicable wage rate on the wage determination for the work actually  performed. Where a contractor is performing construction on a project in a locality other than that in which its  program is registered, the ratios and wage rates (expressed in percentages of the journeyman's hourly rate)  specified in the contractor's or subcontractor's registered program shall be observed. Every apprentice must be  paid at not less than the rate specified in the registered program for the apprentice's level of progress,  expressed as a percentage of the journeymen hourly rate specified in the applicable wage determination.  Apprentices shall be paid fringe benefits in accordance with the provisions of the apprenticeship program. If the  apprenticeship program does not specify fringe benefits, apprentices must be paid the full amount of fringe  benefits listed on the wage determination for the applicable classification. If the Administrator of the Wage and  Hour Division of the U.S. Department of Labor determines that a different practice prevails for the applicable  apprentice classification, fringes shall be paid in accordance with that determination. In the event the Bureau of  Apprenticeship and Training, or a State Apprenticeship Agency recognized by the Bureau, withdraws approval of  an apprenticeship program, the contractor will no longer be permitted to utilize apprentices at less than the  applicable predetermined rate for the work performed until an acceptable program is approved.     (ii) Trainees ‐ Except as provided in 29 CFR 5.16, trainees will not be permitted to work at less than the  predetermined rate for the work performed unless they are employed pursuant to and individually registered in  a program which has received prior approval, evidenced by formal certification by the U.S. Department of Labor,  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 95    Employment and Training Administration. The ratio of trainees to journeymen on the job site shall not be  greater than permitted under the plan approved by the Employment and Training Administration. Every trainee  must be paid at not less than the rate specified in the approved program for the trainee's level of progress,  expressed as a percentage of the journeyman hourly rate specified in the applicable wage determination.  Trainees shall be paid fringe benefits in accordance with the provisions of the trainee program. If the trainee  program does not mention fringe benefits, trainees shall be paid the full amount of fringe benefits listed on the  wage determination unless the Administrator of the Wage and Hour Division determines that there is an  apprenticeship program associated with the corresponding journeyman wage rate on the wage determination  which provides for less than full fringe benefits for apprentices. Any employee listed on the payroll at a trainee  rate who is not registered and participating in a training plan approved by the Employment and Training  Administration shall be paid not less than the applicable wage rate on the wage determination for the  classification of work actually performed. In addition, any trainee performing work on the job site in excess of  the ratio permitted under the registered program shall be paid not less than the applicable wage rate on the  wage determination for the work actually performed. In the event the Employment and Training Administration  withdraws approval of a training program, the contractor will no longer be permitted to utilize trainees at less  than the applicable predetermined rate for the work performed until an acceptable program is approved.     (iii) Equal employment opportunity ‐ The utilization of apprentices, trainees and journeymen under this part  shall be in conformity with the equal employment opportunity requirements of Executive Order 11246, as  amended, and 29 CFR part 30.    (5) Compliance with Copeland Act requirements ‐ The contractor shall comply with the requirements of 29 CFR  part 3, which are incorporated by reference in this contract.     (6) Subcontracts ‐ The contractor or subcontractor shall insert in any subcontracts the clauses contained in 29  CFR 5.5(a)(1) through (10) and such other clauses as the Federal Transit Administration may by appropriate  instructions require, and also a clause requiring the subcontractors to include these clauses in any lower tier  subcontracts. The prime contractor shall be responsible for the compliance by any subcontractor or lower tier  subcontractor with all the contract clauses in 29 CFR 5.5.     (7) Contract termination: debarment ‐ A breach of the contract clauses in 29 CFR 5.5 may be grounds for  termination of the contract, and for debarment as a contractor and a subcontractor as provided in 29 CFR 5.12.     (8) Compliance with Davis‐Bacon and Related Act requirements ‐ All rulings and interpretations of the Davis‐ Bacon and Related Acts contained in 29 CFR parts 1, 3, and 5 are herein incorporated by reference in this  contract.     (9) Disputes concerning labor standards ‐ Disputes arising out of the labor standards provisions of this contract  shall not be subject to the general disputes clause of this contract. Such disputes shall be resolved in accordance  with the procedures of the Department of Labor set forth in 29 CFR parts 5, 6, and 7. Disputes within the  meaning of this clause include disputes between the contractor (or any of its subcontractors) and the  contracting agency, the U.S. Department of Labor, or the employees or their representatives.     (10) Certification of eligibility ‐ (i) By entering into this contract, the contractor certifies that neither it (nor he or  she) nor any person or firm who has an interest in the contractor's firm is a person or firm ineligible to be  awarded Government contracts by virtue of section 3(a) of the Davis‐Bacon Act or 29 CFR 5.12(a)(1).     slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 96    (ii) No part of this contract shall be subcontracted to any person or firm ineligible for award of a Government  contract by virtue of section 3(a) of the Davis‐Bacon Act or 29 CFR 5.12(a)(1).     (iii) The penalty for making false statements is prescribed in the U.S. Criminal Code, 18 U.S.C. 1001.    18. Contract Work Hours and Safety Standards Act    The Contract Work Hours and Safety Standards Act is codified at 40 USC 3701, et seq. The Act applies to grantee  contracts and subcontracts “financed at least in part by loans or grants from … the [Federal] Government.” 40  USC 3701(b)(1)(B)(iii) and (b)(2), 29 CFR 5.2(h), 49 CFR 18.36(i)(6). Although the original Act required its  application in any construction contract over $2,000 or non‐construction contract to which the Act applied over  $2,500 (and language to that effect is still found in 49 CFR 18.36(i)(6)), the Act no longer applies to any “contract  in an amount that is not greater than $100,000.” 40 USC 3701(b)(3)(A)(iii).     The Act applies to construction contracts and, in very limited circumstances, non‐construction projects that  employ “laborers or mechanics on a public work.” These non‐construction applications do not generally apply to  transit procurements because transit procurements (to include rail cars and buses) are deemed “commercial  items.” 40 USC 3707, 41 USC 403 (12). A grantee that contemplates entering into a contract to procure a  developmental or unique item should consult counsel to determine if the Act applies to that procurement and  that additional language required by 29 CFR 5.5(c) must be added to the basic clause below.    The clause language is drawn directly from 29 CFR 5.5(b) and any deviation from the model clause below should  be coordinated with counsel to ensure the Act’s requirements are satisfied.  Contract Work Hours and Safety Standards  1. Overtime requirements ‐ No contractor or subcontractor contracting for any part of the contract work  which may require or involve the employment of laborers or mechanics shall require or permit any such  laborer or mechanic in any workweek in which he or she is employed on such work to work in excess of  forty hours in such workweek unless such laborer or mechanic receives compensation at a rate not less  than one and one‐half times the basic rate of pay for all hours worked in excess of forty hours in such  workweek.   2. Violation; liability for unpaid wages; liquidated damages ‐ In the event of any violation of the clause set  forth in paragraph (1) of this section the contractor and any subcontractor responsible therefor shall be  liable for the unpaid wages. In addition, such contractor and subcontractor shall be liable to the United  States for liquidated damages. Such liquidated damages shall be computed with respect to each  individual laborer or mechanic, including watchmen and guards, employed in violation of the clause set  forth in paragraph (1) of this section, in the sum of $10 for each calendar day on which such individual  was required or permitted to work in excess of the standard workweek of forty hours without payment  of the overtime wages required by the clause set forth in paragraph (1) of this section.   3. Withholding for unpaid wages and liquidated damages ‐ The (write in the name of the grantee) shall  upon its own action or upon written request of an authorized representative of the Department of Labor  withhold or cause to be withheld, from any moneys payable on account of work performed by the  contractor or subcontractor under any such contract or any other Federal contract with the same prime  contractor, or any other federally‐assisted contract subject to the Contract Work Hours and Safety  Standards Act, which is held by the same prime contractor, such sums as may be determined to be  necessary to satisfy any liabilities of such contractor or subcontractor for unpaid wages and liquidated  damages as provided in the clause set forth in paragraph (2) of this section.   slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 97    4. Subcontracts ‐ The contractor or subcontractor shall insert in any subcontracts the clauses set forth in  paragraphs (1) through (4) of this section and also a clause requiring the subcontractors to include these  clauses in any lower tier subcontracts. The prime contractor shall be responsible for compliance by any  subcontractor or lower tier subcontractor with the clauses set forth in paragraphs (1) through (4) of this  section.     19. [ RESERVED ]    20. No Government Obligation to Third Parties  Applicable to all contracts. Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements  do not apply to micro‐purchases.    Not required by statute or regulation for either primary contractors or subcontractors, this concept should flow  down to all levels to clarify, to all parties to the contract, that the Federal Government does not have  contractual liability to third parties, absent specific written consent.   While no specific language is required, FTA has developed the following language.     No Obligation by the Federal Government.   1. The Purchaser and Contractor acknowledge and agree that, notwithstanding any concurrence by the  Federal Government in or approval of the solicitation or award of the underlying contract, absent the  express written consent by the Federal Government, the Federal Government is not a party to this  contract and shall not be subject to any obligations or liabilities to the Purchaser, Contractor, or any  other party (whether or not a party to that contract) pertaining to any matter resulting from the  underlying contract.    2. The Contractor agrees to include the above clause in each subcontract financed in whole or in part with  Federal assistance provided by FTA. It is further agreed that the clause shall not be modified, except to  identify the subcontractor who will be subject to its provisions.    21. Program Fraud and False or Fraudulent Statements and Related Acts    31 U.S.C. 3801 et seq.     49 CFR Part 31 18 U.S.C. 1001     49 U.S.C. 5307     These requirements are applicable to all contracts. Micro‐purchases are defined as those purchases under  $2,500. These requirements do not apply to micro‐purchases. These requirements flow down to contractors and  subcontractors who make, present, or submit covered claims and statements. These requirements have no  specified language, so FTA proffers the following language.     Program Fraud and False or Fraudulent Statements or Related Acts.     1. The Contractor acknowledges that the provisions of the Program Fraud Civil Remedies Act of 1986, as  amended, 31 U.S.C. § § 3801 et seq . and U.S. DOT regulations, "Program Fraud Civil Remedies," 49  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 98    C.F.R. Part 31, apply to its actions pertaining to this Project. Upon execution of the underlying contract,  the Contractor certifies or affirms the truthfulness and accuracy of any statement it has made, it makes,  it may make, or causes to be made, pertaining to the underlying contract or the FTA assisted project for  which this contract work is being performed. In addition to other penalties that may be applicable, the  Contractor further acknowledges that if it makes, or causes to be made, a false, fictitious, or fraudulent  claim, statement, submission, or certification, the Federal Government reserves the right to impose the  penalties of the Program Fraud Civil Remedies Act of 1986 on the Contractor to the extent the Federal  Government deems appropriate.    2. The Contractor also acknowledges that if it makes, or causes to be made, a false, fictitious, or fraudulent  claim, statement, submission, or certification to the Federal Government under a contract connected  with a project that is financed in whole or in part with Federal assistance originally awarded by FTA  under the authority of 49 U.S.C. § 5307, the Government reserves the right to impose the penalties of  18 U.S.C. § 1001 and 49 U.S.C. § 5307(n)(1) on the Contractor, to the extent the Federal Government  deems appropriate.    3. The Contractor agrees to include the above two clauses in each subcontract financed in whole or in part  with Federal assistance provided by FTA. It is further agreed that the clauses shall not be modified,  except to identify the subcontractor who will be subject to the provisions.    22. Termination    49 U.S.C.Part 18     FTA Circular 4220.1E    All contracts (with the exception of contracts with nonprofit organizations and institutions of higher education,)  in excess of $10,000 shall contain suitable provisions for termination by the grantee including the manner by  which it will be effected and the basis for settlement. (For contracts with nonprofit organizations and  institutions of higher education the threshold is $100,000.) In addition, such contracts shall describe conditions  under which the contract may be terminated for default as well as conditions where the contract may be  terminated because of circumstances beyond the control of the contractor.   The termination requirements flow down to all contracts in excess of $10,000, with the exception of contracts  with nonprofit organizations and institutions of higher learning.   FTA does not prescribe the form or content of such clauses. The following are suggestions of clauses to be used  in different types of contracts:    a. Termination for Convenience (General Provision) The (Recipient) may terminate this contract, in whole  or in part, at any time by written notice to the Contractor when it is in the Government's best interest.  The Contractor shall be paid its costs, including contract close‐out costs, and profit on work performed  up to the time of termination. The Contractor shall promptly submit its termination claim to (Recipient)  to be paid the Contractor. If the Contractor has any property in its possession belonging to the  (Recipient), the Contractor will account for the same, and dispose of it in the manner the (Recipient)  directs.    slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 99    b. Termination for Default [Breach or Cause] (General Provision) If the Contractor does not deliver  supplies in accordance with the contract delivery schedule, or, if the contract is for services, the  Contractor fails to perform in the manner called for in the contract, or if the Contractor fails to comply  with any other provisions of the contract, the (Recipient) may terminate this contract for default.  Termination shall be effected by serving a notice of termination on the contractor setting forth the  manner in which the Contractor is in default. The contractor will only be paid the contract price for  supplies delivered and accepted, or services performed in accordance with the manner of performance  set forth in the contract.    If it is later determined by the (Recipient) that the Contractor had an excusable reason for not  performing, such as a strike, fire, or flood, events which are not the fault of or are beyond the control of  the Contractor, the (Recipient), after setting up a new delivery of performance schedule, may allow the  Contractor to continue work, or treat the termination as a termination for convenience.    c. Opportunity to Cure (General Provision) The (Recipient) in its sole discretion may, in the case of a  termination for breach or default, allow the Contractor [an appropriately short period of time] in which  to cure the defect. In such case, the notice of termination will state the time period in which cure is  permitted and other appropriate conditions    If Contractor fails to remedy to (Recipient)'s satisfaction the breach or default of any of the terms,  covenants, or conditions of this Contract within [ten (10) days] after receipt by Contractor of written  notice from (Recipient) setting forth the nature of said breach or default, (Recipient) shall have the right  to terminate the Contract without any further obligation to Contractor. Any such termination for default  shall not in any way operate to preclude (Recipient) from also pursuing all available remedies against  Contractor and its sureties for said breach or default.    d. Waiver of Remedies for any Breach In the event that (Recipient) elects to waive its remedies for any  breach by Contractor of any covenant, term or condition of this Contract, such waiver by (Recipient)  shall not limit (Recipient)'s remedies for any succeeding breach of that or of any other term, covenant,  or condition of this Contract.    e. Termination for Convenience (Professional or Transit Service Contracts) The (Recipient), by written  notice, may terminate this contract, in whole or in part, when it is in the Government's interest. If this  contract is terminated, the Recipient shall be liable only for payment under the payment provisions of  this contract for services rendered before the effective date of termination.    f. Termination for Default (Supplies and Service) If the Contractor fails to deliver supplies or to perform  the services within the time specified in this contract or any extension or if the Contractor fails to  comply with any other provisions of this contract, the (Recipient) may terminate this contract for  default. The (Recipient) shall terminate by delivering to the Contractor a Notice of Termination  specifying the nature of the default. The Contractor will only be paid the contract price for supplies  delivered and accepted, or services performed in accordance with the manner or performance set forth  in this contract.    If, after termination for failure to fulfill contract obligations, it is determined that the Contractor was not  in default, the rights and obligations of the parties shall be the same as if the termination had been  issued for the convenience of the Recipient.  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 100      g. Termination for Default (Transportation Services) If the Contractor fails to pick up the commodities or  to perform the services, including delivery services, within the time specified in this contract or any  extension or if the Contractor fails to comply with any other provisions of this contract, the (Recipient)  may terminate this contract for default. The (Recipient) shall terminate by delivering to the Contractor a  Notice of Termination specifying the nature of default. The Contractor will only be paid the contract  price for services performed in accordance with the manner of performance set forth in this contract.    If this contract is terminated while the Contractor has possession of Recipient goods, the Contractor  shall, upon direction of the (Recipient), protect and preserve the goods until surrendered to the  Recipient or its agent. The Contractor and (Recipient) shall agree on payment for the preservation and  protection of goods. Failure to agree on an amount will be resolved under the Dispute clause.    If, after termination for failure to fulfill contract obligations, it is determined that the Contractor was not  in default, the rights and obligations of the parties shall be the same as if the termination had been  issued for the convenience of the (Recipient).    h. Termination for Default (Construction) If the Contractor refuses or fails to prosecute the work or any  separable part, with the diligence that will insure its completion within the time specified in this contract  or any extension or fails to complete the work within this time, or if the Contractor fails to comply with  any other provisions of this contract, the (Recipient) may terminate this contract for default. The  (Recipient) shall terminate by delivering to the Contractor a Notice of Termination specifying the nature  of the default. In this event, the Recipient may take over the work and compete it by contract or  otherwise, and may take possession of and use any materials, appliances, and plant on the work site  necessary for completing the work. The Contractor and its sureties shall be liable for any damage to the  Recipient resulting from the Contractor's refusal or failure to complete the work within specified time,  whether or not the Contractor's right to proceed with the work is terminated. This liability includes any  increased costs incurred by the Recipient in completing the work.    The Contractor's right to proceed shall not be terminated nor the Contractor charged with damages  under this clause if‐    1. the delay in completing the work arises from unforeseeable causes beyond the control and  without the fault or negligence of the Contractor. Examples of such causes include: acts of God,  acts of the Recipient, acts of another Contractor in the performance of a contract with the  Recipient, epidemics, quarantine restrictions, strikes, freight embargoes; and    2. the contractor, within [10] days from the beginning of any delay, notifies the (Recipient) in  writing of the causes of delay. If in the judgment of the (Recipient), the delay is excusable, the  time for completing the work shall be extended. The judgment of the (Recipient) shall be final  and conclusive on the parties, but subject to appeal under the Disputes clauses.    If, after termination of the Contractor's right to proceed, it is determined that the Contractor was not in  default, or that the delay was excusable, the rights and obligations of the parties will be the same as if  the termination had been issued for the convenience of the Recipient.    slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 101    i. Termination for Convenience or Default (Architect and Engineering) The (Recipient) may terminate this  contract in whole or in part, for the Recipient's convenience or because of the failure of the Contractor  to fulfill the contract obligations. The (Recipient) shall terminate by delivering to the Contractor a Notice  of Termination specifying the nature, extent, and effective date of the termination. Upon receipt of the  notice, the Contractor shall (1) immediately discontinue all services affected (unless the notice directs  otherwise), and (2) deliver to the Contracting Officer all data, drawings, specifications, reports,  estimates, summaries, and other information and materials accumulated in performing this contract,  whether completed or in process.    If the termination is for the convenience of the Recipient, the Contracting Officer shall make an  equitable adjustment in the contract price but shall allow no anticipated profit on unperformed services.    If the termination is for failure of the Contractor to fulfill the contract obligations, the Recipient may  complete the work by contact or otherwise and the Contractor shall be liable for any additional cost  incurred by the Recipient.    If, after termination for failure to fulfill contract obligations, it is determined that the Contractor was not  in default, the rights and obligations of the parties shall be the same as if the termination had been  issued for the convenience of the Recipient.    j. Termination for Convenience of Default (Cost‐Type Contracts) The (Recipient) may terminate this  contract, or any portion of it, by serving a notice or termination on the Contractor. The notice shall state  whether the termination is for convenience of the (Recipient) or for the default of the Contractor. If the  termination is for default, the notice shall state the manner in which the contractor has failed to  perform the requirements of the contract. The Contractor shall account for any property in its  possession paid for from funds received from the (Recipient), or property supplied to the Contractor by  the (Recipient). If the termination is for default, the (Recipient) may fix the fee, if the contract provides  for a fee, to be paid the contractor in proportion to the value, if any, of work performed up to the time  of termination. The Contractor shall promptly submit its termination claim to the (Recipient) and the  parties shall negotiate the termination settlement to be paid the Contractor.    If the termination is for the convenience of the (Recipient), the Contractor shall be paid its contract  close‐out costs, and a fee, if the contract provided for payment of a fee, in proportion to the work  performed up to the time of termination.    If, after serving a notice of termination for default, the (Recipient) determines that the Contractor has an  excusable reason for not performing, such as strike, fire, flood, events which are not the fault of and are  beyond the control of the contractor, the (Recipient), after setting up a new work schedule, may allow  the Contractor to continue work, or treat the termination as a termination for convenience.    23. Government‐Wide Debarment and Suspension (Nonprocurement)    49 CFR Part 29     Executive Order 12549    slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 102    In conjunction with the Office of Management and Budget and other affected Federal agencies, DOT published  an update to 49 CFR Part 29 on November 26, 2003. This government‐wide regulation implements Executive  Order 12549, Debarment and Suspension, Executive Order 12689, Debarment and Suspension, and 31 U.S.C.  6101 note (Section 2455, Public Law 103‐355, 108 Stat. 3327).     The provisions of Part 29 apply to all grantee contracts and subcontracts at any level expected to equal or  exceed $25,000 as well as any contract or subcontract (at any level) for Federally required auditing services. 49  CFR 29. 220(b). This represents a change from prior practice in that the dollar threshold for application of these  rules has been lowered from $100,000 to $25,000. These are contracts and subcontracts referred to in the  regulation as “covered transactions.”    Grantees, contractors, and subcontractors (at any level) that enter into covered transactions are required to  verify that the entity (as well as its principals and affiliates) they propose to contract or subcontract with is not  excluded or disqualified. They do this by (a) Checking the Excluded Parties List System, (b) Collecting a  certification from that person, or (c) Adding a clause or condition to the contract or subcontract. This represents  a change from prior practice in that certification is still acceptable but is no longer required. 49 CFR 29.300.    Grantees, contractors, and subcontractors who enter into covered transactions also must require the entities  they contract with to comply with 49 CFR 29, subpart C and include this requirement in their own subsequent  covered transactions (i.e., the requirement flows down to subcontracts at all levels).  The following clause language is suggested, not mandatory. It incorporates the optional method of verifying that  contractors are not excluded or disqualified by certification.    Suspension and Debarment    This contract is a covered transaction for purposes of 49 CFR Part 29. As such, the contractor is required  to verify that none of the contractor, its principals, as defined at 49 CFR 29.995, or affiliates, as defined  at 49 CFR 29.905, are excluded or disqualified as defined at 49 CFR 29.940 and 29.945.     The contractor is required to comply with 49 CFR 29, Subpart C and must include the requirement to  comply with 49 CFR 29, Subpart C in any lower tier covered transaction it enters into.    By signing and submitting its bid or proposal, the bidder or proposer certifies as follows:    The certification in this clause is a material representation of fact relied upon by {insert agency name}. If  it is later determined that the bidder or proposer knowingly rendered an erroneous certification, in  addition to remedies available to {insert agency name}, the Federal Government may pursue available  remedies, including but not limited to suspension and/or debarment. The bidder or proposer agrees to  comply with the requirements of 49 CFR 29, Subpart C while this offer is valid and throughout the period  of any contract that may arise from this offer. The bidder or proposer further agrees to include a  provision requiring such compliance in its lower tier covered transactions.     24. Privacy Act    5 U.S.C. 552    slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 103    When a grantee maintains files on drug and alcohol enforcement activities for FTA, and those files are organized  so that information could be retrieved by personal identifier, the Privacy Act requirements apply to all contracts.   Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  The Federal Privacy Act requirements flow down to each third party contractor and their contracts at every tier.   The text of the following clause has not been mandated by statute or specific regulation, but has been  developed by FTA.     Contracts Involving Federal Privacy Act Requirements ‐ The following requirements apply to the Contractor and  its employees that administer any system of records on behalf of the Federal Government under any contract:  1. 1.The Contractor agrees to comply with, and assures the compliance of its employees with, the  information restrictions and other applicable requirements of the Privacy Act of 1974,     5 U.S.C. § 552a. Among other things, the Contractor agrees to obtain the express consent of the Federal  Government before the Contractor or its employees operate a system of records on behalf of the  Federal Government. The Contractor understands that the requirements of the Privacy Act, including  the civil and criminal penalties for violation of that Act, apply to those individuals involved, and that  failure to comply with the terms of the Privacy Act may result in termination of the underlying contract.    2. 2.The Contractor also agrees to include these requirements in each subcontract to administer any  system of records on behalf of the Federal Government financed in whole or in part with Federal  assistance provided by FTA.    25. Civil Rights Requirements    29 U.S.C. § 623, 42 U.S.C. § 2000     42 U.S.C. § 6102, 42 U.S.C. § 12112     42 U.S.C. § 12132, 49 U.S.C. § 5332     29 CFR Part 1630, 41 CFR Parts 60 et seq.    The Civil Rights Requirements apply to all contracts.  Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  The Civil Rights requirements flow down to all third party contractors and their contracts at every tier.   The following clause was predicated on language contained at 49 CFR Part 19, Appendix A, but FTA has shorten  the lengthy text.    Civil Rights ‐ The following requirements apply to the underlying contract:    1. Nondiscrimination ‐ In accordance with Title VI of the Civil Rights Act, as amended, 42 U.S.C. § 2000d,  section 303 of the Age Discrimination Act of 1975, as amended, 42 U.S.C. § 6102, section 202 of the  Americans with Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12132, and Federal transit law at 49 U.S.C. § 5332,  the Contractor agrees that it will not discriminate against any employee or applicant for employment  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 104    because of race, color, creed, national origin, sex, age, or disability. In addition, the Contractor agrees to  comply with applicable Federal implementing regulations and other implementing requirements FTA  may issue.       2. Equal Employment Opportunity ‐ The following equal employment opportunity requirements apply to  the underlying contract:    a. Race, Color, Creed, National Origin, Sex ‐ In accordance with Title VII of the Civil Rights Act, as  amended, 42 U.S.C. § 2000e, and Federal transit laws at 49 U.S.C. § 5332, the Contractor agrees  to comply with all applicable equal employment opportunity requirements of U.S. Department  of Labor (U.S. DOL) regulations, "Office of Federal Contract Compliance Programs, Equal  Employment Opportunity, Department of Labor," 41 C.F.R. Parts 60 et seq ., (which implement  Executive Order No. 11246, "Equal Employment Opportunity," as amended by Executive Order  No. 11375, "Amending Executive Order 11246 Relating to Equal Employment Opportunity," 42  U.S.C. § 2000e note), and with any applicable Federal statutes, executive orders, regulations,  and Federal policies that may in the future affect construction activities undertaken in the  course of the Project. The Contractor agrees to take affirmative action to ensure that applicants  are employed, and that employees are treated during employment, without regard to their race,  color, creed, national origin, sex, or age. Such action shall include, but not be limited to, the  following: employment, upgrading, demotion or transfer, recruitment or recruitment  advertising, layoff or termination; rates of pay or other forms of compensation; and selection for  training, including apprenticeship. In addition, the Contractor agrees to comply with any  implementing requirements FTA may issue.    b. Age ‐ In accordance with section 4 of the Age Discrimination in Employment Act of 1967, as  amended, 29 U.S.C. § § 623 and Federal transit law at 49 U.S.C. § 5332, the Contractor agrees to  refrain from discrimination against present and prospective employees for reason of age. In  addition, the Contractor agrees to comply with any implementing requirements FTA may issue.    c. Disabilities ‐ In accordance with section 102 of the Americans with Disabilities Act, as amended,  42 U.S.C. § 12112, the Contractor agrees that it will comply with the requirements of U.S. Equal  Employment Opportunity Commission, "Regulations to Implement the Equal Employment  Provisions of the Americans with Disabilities Act," 29 C.F.R. Part 1630, pertaining to employment  of persons with disabilities. In addition, the Contractor agrees to comply with any implementing  requirements FTA may issue.    3. The Contractor also agrees to include these requirements in each subcontract financed in whole or in  part with Federal assistance provided by FTA, modified only if necessary to identify the affected parties.     26. Breaches and Dispute Resolution    49 CFR Part 18    FTA Circular 4220.1E    slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 105    All contracts in excess of $100,000 shall contain provisions or conditions which will allow for administrative,  contractual, or legal remedies in instances where contractors violate or breach contract terms, and provide for  such sanctions and penalties as may be appropriate. This may include provisions for bonding, penalties for late  or inadequate performance, retained earnings, liquidated damages or other appropriate measures.   The Breaches and Dispute Resolutions requirements flow down to all tiers.   FTA does not prescribe the form or content of such provisions. What provisions are developed will depend on  the circumstances and the type of contract. Recipients should consult legal counsel in developing appropriate  clauses. The following clauses are examples of provisions from various FTA third party contracts.    Disputes ‐ Disputes arising in the performance of this Contract which are not resolved by agreement of  the parties shall be decided in writing by the authorized representative of (Recipient)'s [title of  employee]. This decision shall be final and conclusive unless within [ten (10)] days from the date of  receipt of its copy, the Contractor mails or otherwise furnishes a written appeal to the [title of  employee]. In connection with any such appeal, the Contractor shall be afforded an opportunity to be  heard and to offer evidence in support of its position. The decision of the [title of employee] shall be  binding upon the Contractor and the Contractor shall abide be the decision.    Performance During Dispute ‐ Unless otherwise directed by (Recipient), Contractor shall continue  performance under this Contract while matters in dispute are being resolved.    Claims for Damages ‐ Should either party to the Contract suffer injury or damage to person or property  because of any act or omission of the party or of any of his employees, agents or others for whose acts  he is legally liable, a claim for damages therefor shall be made in writing to such other party within a  reasonable time after the first observance of such injury of damage.    Remedies ‐ Unless this contract provides otherwise, all claims, counterclaims, disputes and other  matters in question between the (Recipient) and the Contractor arising out of or relating to this  agreement or its breach will be decided by arbitration if the parties mutually agree, or in a court of  competent jurisdiction within the State in which the (Recipient) is located.    Rights and Remedies ‐ The duties and obligations imposed by the Contract Documents and the rights  and remedies available thereunder shall be in addition to and not a limitation of any duties, obligations,  rights and remedies otherwise imposed or available by law. No action or failure to act by the (Recipient),  (Architect) or Contractor shall constitute a waiver of any right or duty afforded any of them under the  Contract, nor shall any such action or failure to act constitute an approval of or acquiescence in any  breach thereunder, except as may be specifically agreed in writing.    27. Patent and Rights in Data    37 CFR Part 401     49 CFR Parts 18 and 19    Patent and rights in data requirements for federally assisted projects ONLY apply to research projects in which  FTA finances the purpose of the grant is to finance the development of a product or information. These patent  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 106    and data rights requirements do not apply to capital projects or operating projects, even though a small portion  of the sales price may cover the cost of product development or writing the user's manual.   Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  The Patent and Rights in Data requirements apply to all contractors and their contracts at every tier.  The FTA patent clause is substantially similar to the text of 49 C.F.R. Part 19, Appendix A, Section 5, but the  rights in data clause reflects FTA objectives. For patent rights, FTA is governed by Federal law and regulation. For  data rights, the text on copyrights is insufficient to meet FTA's purposes for awarding research grants. This  model clause, with larger rights as a standard, is proposed with the understanding that this standard could be  modified to FTA's needs.     CONTRACTS INVOLVING EXPERIMENTAL, DEVELOPMENTAL, OR RESEARCH WORK.    A. Rights in Data ‐ This following requirements apply to each contract involving experimental,  developmental or research work:    1. The term "subject data" used in this clause means recorded information, whether or not  copyrighted, that is delivered or specified to be delivered under the contract. The term includes  graphic or pictorial delineation in media such as drawings or photographs; text in specifications  or related performance or design‐type documents; machine forms such as punched cards,  magnetic tape, or computer memory printouts; and information retained in computer memory.  Examples include, but are not limited to: computer software, engineering drawings and  associated lists, specifications, standards, process sheets, manuals, technical reports, catalog  item identifications, and related information. The term "subject data" does not include financial  reports, cost analyses, and similar information incidental to contract administration.      2. The following restrictions apply to all subject data first produced in the performance of the  contract to which this Attachment has been added:    a. Except for its own internal use, the Purchaser or Contractor may not publish or reproduce  subject data in whole or in part, or in any manner or form, nor may the Purchaser or  Contractor authorize others to do so, without the written consent of the Federal  Government, until such time as the Federal Government may have either released or  approved the release of such data to the public; this restriction on publication, however,  does not apply to any contract with an academic institution.       b. In accordance with 49 C.F.R. § 18.34 and 49 C.F.R. § 19.36, the Federal Government reserves  a royalty‐free, non‐exclusive and irrevocable license to reproduce, publish, or otherwise use,  and to authorize others to use, for "Federal Government purposes," any subject data or  copyright described in subsections (2)(b)1 and (2)(b)2 of this clause below. As used in the  previous sentence, "for Federal Government purposes," means use only for the direct  purposes of the Federal Government. Without the copyright owner's consent, the Federal  Government may not extend its Federal license to any other party.    slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 107    1. Any subject data developed under that contract, whether or not a copyright has been  obtained; and       2. Any rights of copyright purchased by the Purchaser or Contractor using Federal  assistance in whole or in part provided by FTA.    c. When FTA awards Federal assistance for experimental, developmental, or research work, it  is FTA's general intention to increase transportation knowledge available to the public,  rather than to restrict the benefits resulting from the work to participants in that work.  Therefore, unless FTA determines otherwise, the Purchaser and the Contractor performing  experimental, developmental, or research work required by the underlying contract to  which this Attachment is added agrees to permit FTA to make available to the public, either  FTA's license in the copyright to any subject data developed in the course of that contract,  or a copy of the subject data first produced under the contract for which a copyright has not  been obtained. If the experimental, developmental, or research work, which is the subject  of the underlying contract, is not completed for any reason whatsoever, all data developed  under that contract shall become subject data as defined in subsection (a) of this clause and  shall be delivered as the Federal Government may direct. This subsection (c) , however, does  not apply to adaptations of automatic data processing equipment or programs for the  Purchaser or Contractor's use whose costs are financed in whole or in part with Federal  assistance provided by FTA for transportation capital projects.    d. Unless prohibited by state law, upon request by the Federal Government, the Purchaser and  the Contractor agree to indemnify, save, and hold harmless the Federal Government, its  officers, agents, and employees acting within the scope of their official duties against any  liability, including costs and expenses, resulting from any willful or intentional violation by  the Purchaser or Contractor of proprietary rights, copyrights, or right of privacy, arising out  of the publication, translation, reproduction, delivery, use, or disposition of any data  furnished under that contract. Neither the Purchaser nor the Contractor shall be required to  indemnify the Federal Government for any such liability arising out of the wrongful act of  any employee, official, or agents of the Federal Government.   e. Nothing contained in this clause on rights in data shall imply a license to the Federal  Government under any patent or be construed as affecting the scope of any license or other  right otherwise granted to the Federal Government under any patent.    f. Data developed by the Purchaser or Contractor and financed entirely without using Federal  assistance provided by the Federal Government that has been incorporated into work  required by the underlying contract to which this Attachment has been added is exempt  from the requirements of subsections (b), (c), and (d) of this clause, provided that the  Purchaser or Contractor identifies that data in writing at the time of delivery of the contract  work.     g. Unless FTA determines otherwise, the Contractor agrees to include these requirements in  each subcontract for experimental, developmental, or research work financed in whole or in  part with Federal assistance provided by FTA.     slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 108    3. Unless the Federal Government later makes a contrary determination in writing, irrespective of  the Contractor's status (i.e. , a large business, small business, state government or state  instrumentality, local government, nonprofit organization, institution of higher education,  individual, etc.), the Purchaser and the Contractor agree to take the necessary actions to  provide, through FTA, those rights in that invention due the Federal Government as described in     U.S. Department of Commerce regulations, "Rights to Inventions Made by Nonprofit  Organizations and Small Business Firms Under Government Grants, Contracts and Cooperative  Agreements," 37 C.F.R. Part 401.     4. The Contractor also agrees to include these requirements in each subcontract for experimental,  developmental, or research work financed in whole or in part with Federal assistance provided  by FTA.    B. Patent Rights ‐ This following requirements apply to each contract involving experimental,  developmental, or research work:    1. General ‐ If any invention, improvement, or discovery is conceived or first actually reduced to  practice in the course of or under the contract to which this Attachment has been added, and that  invention, improvement, or discovery is patentable under the laws of the United States of America  or any foreign country, the Purchaser and Contractor agree to take actions necessary to provide  immediate notice and a detailed report to the party at a higher tier until FTA is ultimately notified.    2. Unless the Federal Government later makes a contrary determination in writing, irrespective of the  Contractor's status (a large business, small business, state government or state instrumentality, local  government, nonprofit organization, institution of higher education, individual), the Purchaser and  the Contractor agree to take the necessary actions to provide, through FTA, those rights in that  invention due the Federal Government as described in U.S. Department of Commerce regulations,  "Rights to Inventions Made by Nonprofit Organizations and Small Business Firms Under Government  Grants, Contracts and Cooperative Agreements," 37 C.F.R. Part 401.     3. The Contractor also agrees to include the requirements of this clause in each subcontract for  experimental, developmental, or research work financed in whole or in part with Federal assistance  provided by FTA.    28. Transit Employee Protective Agreements    49 U.S.C. § 5310, § 5311, and § 5333    29 CFR Part 215    The Transit Employee Protective Provisions apply to each contract for transit operations performed by  employees of a Contractor recognized by FTA to be a transit operator. (Because transit operations involve many  activities apart from directly driving or operating transit vehicles, FTA determines which activities constitute  transit "operations" for purposes of this clause.)  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 109    Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  These provisions are applicable to all contracts and subcontracts at every tier.   Since no mandatory language is specified, FTA had developed the following language.     Transit Employee Protective Provisions.    1. The Contractor agrees to the comply with applicable transit employee protective requirements as  follows:    a. General Transit Employee Protective Requirements ‐ To the extent that FTA determines that  transit operations are involved, the Contractor agrees to carry out the transit operations work  on the underlying contract in compliance with terms and conditions determined by the U.S.  Secretary of Labor to be fair and equitable to protect the interests of employees employed  under this contract and to meet the employee protective requirements of 49 U.S.C. A 5333(b),  and U.S. DOL guidelines at 29 C.F.R. Part 215, and any amendments thereto. These terms and  conditions are identified in the letter of certification from the U.S. DOL to FTA applicable to the  FTA Recipient's project from which Federal assistance is provided to support work on the  underlying contract. The Contractor agrees to carry out that work in compliance with the  conditions stated in that U.S. DOL letter. The requirements of this subsection (1), however, do  not apply to any contract financed with Federal assistance provided by FTA either for projects  for elderly individuals and individuals with disabilities authorized by 49 U.S.C. § 5310(a)(2), or for  projects for nonurbanized areas authorized by 49 U.S.C. § 5311. Alternate provisions for those  projects are set forth in subsections (b) and (c) of this clause.    b. Transit Employee Protective Requirements for Projects Authorized by 49 U.S.C.    § 5310(a)(2) for Elderly Individuals and Individuals with Disabilities ‐ If the contract involves  transit operations financed in whole or in part with Federal assistance authorized by 49 U.S.C. §  5310(a)(2), and if the U.S. Secretary of Transportation has determined or determines in the  future that the employee protective requirements of 49 U.S.C. § 5333(b) are necessary or  appropriate for the state and the public body subrecipient for which work is performed on the  underlying contract, the Contractor agrees to carry out the Project in compliance with the terms  and conditions determined by the U.S. Secretary of Labor to meet the requirements of 49 U.S.C.  § 5333(b), U.S. DOL guidelines at 29 C.F.R. Part 215, and any amendments thereto. These terms  and conditions are identified in the U.S. DOL's letter of certification to FTA, the date of which is  set forth Grant Agreement or Cooperative Agreement with the state. The Contractor agrees to  perform transit operations in connection with the underlying contract in compliance with the  conditions stated in that U.S. DOL letter.     c. Transit Employee Protective Requirements for Projects Authorized by 49 U.S.C.     § 5311 in Nonurbanized Areas ‐ If the contract involves transit operations financed in  whole or  in part with Federal assistance authorized by 49 U.S.C. § 5311, the Contractor agrees to comply  with the terms and conditions of the Special Warranty for the Nonurbanized Area Program  agreed to by the U.S. Secretaries of Transportation and Labor, dated May 31, 1979, and the  procedures implemented by U.S. DOL or any revision thereto.  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 110      2. The Contractor also agrees to include the any applicable requirements in each subcontract involving  transit operations financed in whole or in part with Federal assistance provided by FTA.    29. Disadvantaged Business Enterprise (DBE)    49 CFR Part 26    The newest version on the Department of Transportation’s Disadvantaged Business Enterprise (DBE) program  became effective July 16, 2003. The rule provides guidance to grantees on the use of overall and contract goals,  requirement to include DBE provisions in subcontracts, evaluating DBE participation where specific contract  goals have been set, reporting requirements, and replacement of DBE subcontractors. Additionally, the DBE  program dictates payment terms and conditions (including limitations on retainage) applicable to all  subcontractors regardless of whether they are DBE firms or not.     The DBE program applies to all DOT‐assisted contracting activities. A formal clause such as that below must be  included in all contracts above the micro‐purchase level. The requirements of clause subsection b flow down to  subcontracts.     A substantial change to the payment provisions in this newest version of Part 26 concerns retainage (see section  26.29). Grantee choices concerning retainage should be reflected in the language choices in clause subsection d.     The following clause language is suggested, not mandatory. It incorporates the payment terms and conditions  applicable to all subcontractors based in Part 26 as well as those related only to DBE subcontractors. The  suggested language allows for the options available to grantees concerning retainage, specific contract goals,  and evaluation of DBE subcontracting participation when specific contract goals have been established.     Disadvantaged Business Enterprises     a. This contract is subject to the requirements of Title 49, Code of Federal Regulations, Part 26,  Participation by Disadvantaged Business Enterprises in Department of Transportation Financial  Assistance Programs. The national goal for participation of Disadvantaged Business Enterprises (DBE) is  10%. The agency’s overall goal for DBE participation is __ %. A separate contract goal [of __ % DBE  participation has] [has not] been established for this procurement.     b. The contractor shall not discriminate on the basis of race, color, national origin, or sex in the  performance of this contract. The contractor shall carry out applicable requirements of 49 CFR Part 26 in  the award and administration of this DOT‐assisted contract. Failure by the contractor to carry out these  requirements is a material breach of this contract, which may result in the termination of this contract  or such other remedy as {insert agency name} deems appropriate. Each subcontract the contractor  signs with a subcontractor must include the assurance in this paragraph (see 49 CFR 26.13(b)).     c. {If a separate contract goal has been established, use the following} Bidders/offerors are required to  document sufficient DBE participation to meet these goals or, alternatively, document adequate good  faith efforts to do so, as provided for in 49 CFR 26.53. Award of this contract is conditioned on  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 111    submission of the following [concurrent with and accompanying sealed bid] [concurrent with and  accompanying an initial proposal] [prior to award]:    1. The names and addresses of DBE firms that will participate in this contract;     2. A description of the work each DBE will perform;     3. The dollar amount of the participation of each DBE firm participating;     4. Written documentation of the bidder/offeror’s commitment to use a DBE subcontractor whose  participation it submits to meet the contract goal;    5. Written confirmation from the DBE that it is participating in the contract as provided in the  prime contractor’s commitment; and       6. If the contract goal is not met, evidence of good faith efforts to do so.     [Bidders][Offerors] must present the information required above [as a matter of  responsiveness] [with initial proposals] [prior to contract award] (see 49 CFR 26.53(3)).     {If no separate contract goal has been established, use the following} The successful  bidder/offeror will be required to report its DBE participation obtained through race‐neutral  means throughout the period of performance.     d. The contractor is required to pay its subcontractors performing work related to this contract for  satisfactory performance of that work no later than 30 days after the contractor’s receipt of payment for  that work from the {insert agency name}. In addition, [the contractor may not hold retainage from its  subcontractors.] [is required to return any retainage payments to those subcontractors within 30 days  after the subcontractor's work related to this contract is satisfactorily completed.] [is required to  return any retainage payments to those subcontractors within 30 days after incremental acceptance  of the subcontractor’s work by the {insert agency name} and contractor’s receipt of the partial  retainage payment related to the subcontractor’s work.]     e. The contractor must promptly notify {insert agency name}, whenever a DBE subcontractor performing  work related to this contract is terminated or fails to complete its work, and must make good faith  efforts to engage another DBE subcontractor to perform at least the same amount of work. The  contractor may not terminate any DBE subcontractor and perform that work through its own forces or  those of an affiliate without prior written consent of {insert agency name}.     30. [ RESERVED ]     31. Incorporation of Federal Transit Administration (FTA) Terms    FTA Circular 4220.1E    slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 112    The incorporation of FTA terms applies to all contracts.   Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  The incorporation of FTA terms has unlimited flow down.  FTA has developed the following incorporation of terms language:     Incorporation of Federal Transit Administration (FTA) Terms ‐ The preceding provisions include, in part,  certain Standard Terms and Conditions required by DOT, whether or not expressly set forth in the  preceding contract provisions. All contractual provisions required by DOT, as set forth in FTA Circular  4220.1E are hereby incorporated by reference. Anything to the contrary herein notwithstanding, all FTA  mandated terms shall be deemed to control in the event of a conflict with other provisions contained in  this Agreement. The Contractor shall not perform any act, fail to perform any act, or refuse to comply  with any (name of grantee) requests which would cause (name of grantee) to be in violation of the FTA  terms and conditions.     32. Drug and Alcohol Testing    49 U.S.C. §5331    49 CFR Parts 653 and 654     The Drug and Alcohol testing provisions apply to Operational Service Contracts.  Micro‐purchases are defined as those purchases under $2,500. These requirements do not apply to micro‐ purchases.  Anyone who performs a safety‐sensitive function for the recipient or subrecipient is required to comply with 49  CFR 653 and 654, with certain exceptions for contracts involving maintenance services. Maintenance contractors  for non‐urbanized area formula program grantees are not subject to the rules. Also, the rules do not apply to  maintenance subcontractors.    Introduction  FTA's drug and alcohol rules, 49 CFR 653 and 654, respectively, are unique among the regulations issued by FTA.  First, they require recipients to ensure that any entity performing a safety‐sensitive function on the recipient's  behalf (usually subrecipients and/or contractors) implement a complex drug and alcohol testing program that  complies with Parts 653 and 654. Second, the rules condition the receipt of certain kinds of FTA funding on the  recipient's compliance with the rules; thus, the recipient is not in compliance with the rules unless every entity  that performs a safety‐sensitive function on the recipient's behalf is in compliance with the rules. Third, the rules  do not specify how a recipient ensures that its subrecipients and/or contractors comply with them.     How a recipient does so depends on several factors, including whether the contractor is covered independently  by the drug and alcohol rules of another Department of Transportation operating administration, the nature of  the relationship that the recipient has with the contractor, and the financial resources available to the recipient  to oversee the contractor's drug and alcohol testing program. In short, there are a variety of ways a recipient  can ensure that its subrecipients and contractors comply with the rules.    Therefore, FTA has developed three model contract provisions for recipients to use "as is" or to modify to fit  their particular situations.   slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 113      Explanation of Model Contract Clauses  Under Option 1, the recipient ensures the contractor's compliance with the rules by requiring the contractor to  participate in a drug and alcohol program administered by the recipient. The advantages of doing this are  obvious: the recipient maintains total control over its compliance with 49 CFR 653 and 654. The disadvantage is  that the recipient, which may not directly employ any safety‐sensitive employees, has to implement a complex  testing program. Therefore, this may be a practical option only for those recipients which have a testing  program for their employees, and can add the contractor's safety‐sensitive employees to that program.    Under Option 2, the recipient relies on the contractor to implement a drug and alcohol testing program that  complies with 49 CFR 653 and 654, but retains the ability to monitor the contractor's testing program; thus, the  recipient has less control over its compliance with the drug and alcohol testing rules than it does under option 1.  The advantage of this approach is that it places the responsibility for complying with the rules on the entity that  is actually performing the safety‐sensitive function. Moreover, it reserves to the recipient the power to ensure  that the contractor complies with the program. The disadvantage of Option 2 is that without adequate  monitoring of the contractor's program, the recipient may find itself out of compliance with the rules.    Under option 3, the recipient specifies some or all of the specific features of a contractor's drug and alcohol  compliance program. Thus, it requires the recipient to decide what it wants to do and how it wants to do it. The  advantage of this option is that the recipient has more control over the contractor's drug and alcohol testing  program, yet it is not actually administering the testing program. The disadvantage is that the recipient has to  specify and understand clearly what it wants to do and why.    Drug and Alcohol Testing   Option 1    The contractor agrees to:    (a) participate in ( grantee's or recipient's) drug and alcohol program established in compliance with 49  CFR 653 and 654.    Drug and Alcohol Testing    Option 2    The contractor agrees to establish and implement a drug and alcohol testing program that complies with 49 CFR  Parts 653 and 654, produce any documentation necessary to establish its compliance with Parts 653 and 654,  and permit any authorized representative of the United States Department of Transportation or its operating  administrations, the State Oversight Agency of (name of State), or the (insert name of grantee), to inspect the  facilities and records associated with the implementation of the drug and alcohol testing program as required  under 49 CFR Parts 653 and 654 and review the testing process. The contractor agrees further to certify annually  its compliance with Parts 653 and 654 before (insert date) and to submit the Management Information System  (MIS) reports before (insert date before March 15) to (insert title and address of person responsible for receiving  information). To certify compliance the contractor shall use the "Substance Abuse Certifications" in the "Annual  List of Certifications and Assurances for Federal Transit Administration Grants and Cooperative Agreements,"  which is published annually in the Federal Register.    Drug and Alcohol Testing   slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 114    Option 3    The contractor agrees to establish and implement a drug and alcohol testing program that complies with 49 CFR  Parts 653 and 654, produce any documentation necessary to establish its compliance with Parts 653 and 654,  and permit any authorized representative of the United States Department of Transportation or its operating  administrations, the State Oversight Agency of (name of State), or the (insert name of grantee), to inspect the  facilities and records associated with the implementation of the drug and alcohol testing program as required  under 49 CFR Parts 653 and 654 and review the testing process. The contractor agrees further to certify annually  its compliance with Parts 653 and 654 before (insert date) and to submit the Management Information System  (MIS) reports before (insert date before March 15) to (insert title and address of person responsible for receiving  information). To certify compliance the contractor shall use the "Substance Abuse Certifications" in the "Annual  List of Certifications and Assurances for Federal Transit Administration Grants and Cooperative Agreements,"  which is published annually in the Federal Register. The Contractor agrees further to [Select a, b, or c] (a) submit  before (insert date or upon request) a copy of the Policy Statement developed to implement its drug and alcohol  testing program; OR (b) adopt (insert title of the Policy Statement the recipient wishes the contractor to use) as  its policy statement as required under 49 CFR 653 and 654; OR (c) submit for review and approval before ( insert  date or upon request) a copy of its Policy Statement developed to implement its drug and alcohol testing  program. In addition, the contractor agrees to: (to be determined by the recipient, but may address areas such  as: the selection of the certified laboratory, substance abuse professional, or Medical Review Officer, or the use  of a consortium).       slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 115    Appendix G: Penalties & Incentives (Liquidated Damages)    Penalties: Issued Monthly (per occurrence)    Penalties  City’s election not to reduce the amount owed by it to Contractor for the assessments detailed this section shall  not act as a waiver as to City’s right to make such assessments in the future.  In addition, the penalties detailed  in this section shall not relieve Contractor of its obligations to satisfy each and every requirement under the  terms of the Agreement.    The invalidity or unenforceability of any particular assessment established in this Section shall not affect the  validity or unenforceability of other assessments established in this Agreement.    The Transit Manager’s decision with regard to the assessment of payment increases or reductions is final and  may not be appealed.  After bonuses or penalties are assessed, the rate of consideration shall revert to the rates  specified in the Service and Payment schedule until the next assessment is made.     This Performance Incentives Program does not lessen City’s right to declare a material breach of contract for  non‐compliance reasons, nor does it constitute a waiver of any other remedies provided by law.  This program is  in addition to, and not in lieu of, all other City remedies for failure to perform the Agreement.    Cleanliness  Vehicle Cleanliness Penalty   Should a vehicle be pulled out of revenue service for severe non‐compliance of the vehicle cleanliness standards  set forth in the scope of work, the Contractor shall be assessed a penalty of one hundred dollars ($100.00) per  occurrence.    Should a vehicle in revenue service be determined to not meet the vehicle cleanliness standards, the contractor  shall be assessed a penalty of one hundred dollars ($100.00).    Facility Cleanliness Penalty  Contractor shall pay City the sum of one hundred dollars ($100.00) per day, after notice to cure, if the Transit  Manager deems the Bus Operations and Maintenance Facility as unsatisfactory.    Facility Damage Penalty  Contractor shall pay City the sum of the cost of repairs plus one hundred dollars ($100.00) per day for any  damage incurred by the Contractor to the Bus Operations and Maintenance Facility.    Schedule Adherence  Late Departure/Pull–Out (leaving more than ≥5 minutes of schedule)  Contractor shall pay City the sum of one hundred dollars ($100.00) for each failure to begin operation of a  schedule past five (≥5) minutes of the route pull (scheduled start time) designated by City.    Early Departure/Pull‐Out (leaving ≥1 minutes of schedule)  Contractor shall pay City the sum of two hundred dollars ($200.00) for each event where the bus leaves (≥1)  minutes before the route pull (scheduled start time) designated by City.  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 116      Off‐Route   Contractor shall pay City the sum of fifty dollars ($50.00) for each occasion on which a bus is “off‐route”, that is  operating on streets other than those designated on the route maps established by City for the route being run.   This excludes detours due to street closures on any specific route.  This penalty is cumulative with other  penalties.    Missed Run/Trip (leaving ≥15 minutes of schedule)  Contractor shall pay City the sum of two hundred fifty dollars ($250.00) for each occasion of failure to complete  a run and/or trip on any route. This penalty is cumulative with other penalties.    Missed‐Stop(s) [per stop]  Contractor shall pay City the sum of fifty dollars ($50.00) for each bus stop not served as a result of missed  service.  This penalty is cumulative with other penalties    Missed Passenger(s) [group per stop]  The Contractor shall pay the City the sum of fifty dollars ($50.00) per passenger that left behind by the bus for  failing to stop.    Failure to Operate Service (At‐All)   Contractor shall pay City the sum of the “Daily Cost of Operating” plus one‐thousand dollars ($1000.00) for each  day on which the contractor fails to operate the transit service At‐All.  This penalty is cumulative with other  penalties.    Performance    A bus shall be considered “NOT ON‐TIME” if:     it arrives at a particular scheduled arrival time two (2) minutes and zero (0) seconds or earlier;      (b) it arrives over four (4) minutes and fifty nine (59) seconds after the scheduled arrival time;      (c) it departs before the scheduled departure time; and/or      (d) it departs over five (5) minutes and zero (0) second after the scheduled departure time.    Service performance standards require that ninety five percent (95%) of all buses providing service perform  “ON‐TIME”, and zero percent (0%) of those buses qualify as “HOT”.  (“HOT” is defined as leaving before the  scheduled departure time.)    On‐Time Performance <95%  Contractor shall pay City a monthly lump‐sum of two‐hundred fifty dollar ($250.00) as a penalty payment for  each revenue service route for which on time performance is less than 95% on any one transit route.     On‐Time Performance <90%  Contractor shall pay City a monthly lump‐sum of five‐hundred dollars ($500.00) penalty payment for each  revenue service route (local transit) on which on time performance is less than 90%.   slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 117      On‐Time Performance <85%  Contractor shall pay City a monthly lump‐sum of one‐thousand dollars ($1,000.00) penalty payment for each  revenue service route (local transit) on which on time performance is less than 85%.     Reporting    Unsatisfactory CHP Rating (per report)  Contractor shall pay City the sum of four‐hundred dollars ($400.00) for each inspection that SLO TRANSIT  receives an unsatisfactory rating from the California Highway Patrol.     In addition to other applicable penalties, the Contractor shall pay City the sum of two hundred fifty dollars  ($250.00) for each bus that receives an unsatisfactory rating by the California Highway Patrol.      In addition to other applicable penalties, the Contractor shall pay City the sum of five hundred dollars ($500.00)  per day that the California Highway Patrol terminates service due an unsatisfactory rating.     Failure to Employ (Management)  Contractor shall pay City an amount equal to one‐hundred fifty percent (150%) of daily salary including all fringe  benefits shall be deducted for each day the positions of Resident Manager, Operations Manager, and/or the  Maintenance Manager is vacant. This assessment will not be made until the thirtieth (30) day following notice of  employment separation and/or departure from this project.    Failure to Report (off routes, early, hot, etc.)  Contractor shall pay City the sum of one hundred dollars ($100.00) per incident for failing to report penalties  and/or liquidated damages.    Late Reports   Contractor shall pay City the sum of fifty dollars ($50.00) per report for each occasion on which Contractor fails  to submit when due any periodic editions of the reports required by City.      Farebox Deposit Shortage (%) Diff Reconciliation  Contractor shall be responsible for any and all lost revenue collected in fareboxes and shall pay the City the lost  revenue if the amount of collected fares is; equal to or greater than 0.5% LESS of GFI calculated fare revenue  from the electronic fareboxes.        Staff Performance    Uniform Non‐Compliance  Contractor shall pay City the sum of twenty‐five dollars ($25.00) per incident that a driver or Road Supervisor of  the Contractor fails to comply with to the Uniform/Dress Code.    Failure to Announce Stops (ADA)  The Contract shall pay the City one‐hundred dollars ($100.00) per bus stop that a bus driver fails to announce  bus stops if vehicle annunciator system is not working and the vehicle remains in revenue service.      Preventable Accident  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 118    The Contractor shall pay the City a sum of fifty dollars ($50.00) for each preventable collision accident involving  any of the revenue vehicles, whether in or out of service.        Improperly Licensed Driver (endorsements)  The Contractor shall pay the City a sum of one‐thousand ($1,000.00) for each driver lacking the proper license  and endorsements.      Failure to Abide by City Policies  The Contractor shall pay the City a sum of one‐hundred ($100.00) for each failure to abide by City policies.    Failure to Load Passenger Before Driver Swap  The Contractor shall pay the City a sum of fifty dollars ($50.00) for each incident that a driver fails to load  passenger before beginning a driver swap during a revenue service.         Fare Evasion by Driver  The Contractor shall pay the City a sum of fifty to one‐ hundred dollars ($50.00‐$100.00) plus fare for each  incident that a driver allows family or friends to ride a route without paying required fare.        Failure to pass FTA Audit of Drug & Alcohol Program  Contractor shall pay City the sum of five‐hundred dollars ($500.00) per incident where the Contractor fails to  pass any FTA Audit of the FTA Drug and Alcohol Program.     Breaking CA Vehicle Code  Contractor shall pay City the sum of five‐hundred dollars ($500.00) per incident that a driver is found in violation  of the CA Vehicle Code.     Maintenance    Non‐Compliance Preventative Maintenance Schedule  Contractor shall pay City the sum of two‐hundred dollars ($200.00) for any infraction that a Preventative  Maintenance Inspection is not completed per adopted schedule.     Non‐Compliance Facility Maintenance Schedule  Contractor shall pay City the sum of two‐hundred dollars ($200.00) for any infraction that a Facility Maintenance  Inspection is not completed per adopted schedule.     Inoperable Lifts/Non ADA Compliance  Contractor shall pay City the sum of two‐hundred dollars ($200.00) per incident that a bus is placed in service  with an inoperative wheelchair lift.    Total Vehicle Miles between Roadcalls and Chargeable Service Calls  The Contractor shall pay the City the rate of one cent ($0.01) per total system vehicle miles in the event that  systemwide total vehicle miles between roadcalls and chargeable service calls falls less than four thousand  (4,000) miles.      Misuse of Fuel (stealing fuel, other than for service)  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 119    Contractor shall pay City the sum of two‐hundred dollars ($200.00) for each occasion that the City finds there  has been a misuse of fuel, whether the fuel was for contractor vehicles or contactor staff’s private vehicles.    Incentives: Issued Quarterly    No Preventable Accidents with 90,000 miles between accidents  City shall pay the sum of one‐hundred dollars ($100.00) to the Contractor as an incentive for the Contractor’s  staff when there are no Preventable accidents and 90,000 between accidents.     No Preventable Accidents with 70,000 miles between accidents  City shall pay the sum of fifty dollars ($50.00) to the contractor as an incentive for the contractor’s staff when  there are no Preventable accidents and 70,000 between accidents.     No Preventable Accidents with 50,000 miles between accidents  City shall pay the sum of fifty dollars ($50.00) to the contractor as an incentive for the contractor’s staff when  there are no Preventable accidents and 50,000 between accidents.     slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 120    Table 1: Penalties & Incentives (Liquidated Damages)    Amount Vehicle Cleanliness  Related Issue$100 Facility Cleanliness  Related Issue$100 Facility DamageAt Cost + $100 Late Departure /Pull ‐Out (leaving more  than ≥5 min of  posted $100 Early Departure  / Pull ‐Out (leaving  ≥1 minute  earlier than pos $200 Off‐Route $50 Missed Run/Trip (leaving ≥ 15 minutes  of  posted schedule)$250 Missed‐Stop(s) [per stop]$50 Missed Passenger(s) [group per stop]$50 Failure to Operate Service (At‐All)Equal To Daily Cost + $1000 On‐Time Performance <95%$250 On‐Time Performance <90%$500 On‐Time Performance <85%$1,000 Unsatisfactory CHP Rating (per report)$400 Unsatisfactory CHP Rating (per bus)$250 Unsatisfactory CHP Rating (per day)$500 Failure to Employ (management)150% of  Wage (inc fringe) Failure to Report (off routes, early, hot, etc.) (per incident)$100 Late Report [(general monthly reports) past 10th day]$50 Farebox  vs. Deposit Shortage (%) Diff reconciliationIf > 0.5% of  GFI Report Uniform Non‐Compliance$25 Failure to Announce Stops  (ADA) (per stop)$100 Preventable Accident (per accident)$50 Improperly Licensed Driver (endorsements)$1,000 Failure to Abide City Policies$100 Failure to load passenger before driver swap$50 Fare Evasion by Driver$50‐$100 plus  Fare Failure to pass  FTA Audit of Drug & Alcohol  Testing$500 NEW: Breaking  CA DMV Vehicle Code$500 Non‐Compliance Preventative Maint Schedule$200 Non‐Compliance Facility Maint Schedule$200 Inoperable Lifts/Non ADA compliance$250 Total Vehicle Miles  between Roadcalls and Chargeable $0.01 Misuse  of Fuel  (stealing fuel, other than for service)$200 St a f f  Pe r f o r m a n c e Ma i n t . Penalties: Issued  Monthly (per occurrence) Cl e a n Sc h e d u l e  Ad h e r e n c e Pe r f o r m . Re p o r t i n g slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 121           Amount No accidents  90K miles between accidents$75 No accidents  70K miles between accidents$50 No accidents  50K miles between accidents$50 On‐Time Performance ≥ 98%$100 On‐Time Performance ≥ 95%$100 Total:$375 Incentives: Issued  Quarterly In c e n t i v e s slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 122    Appendix H: Disadvantaged Business Enterprises (DBE) Goal    Methodology For Calculating the Proposed DBE Goal for   Federal Fiscal Year 2015 through Federal Fiscal Year 2017 (FFY15‐FFY17)    The City of San Luis Obispo’s SLO Transit fixed‐route bus system (SLO TRANSIT) is proposing an overall  Disadvantaged Business Enterprise (DBE) goal of 1.7%  for U.S. Department of Transportation, Federal Transit  Administration (FTA) assisted contracts in federal fiscal years 2015 through 2017 (FFY15 through FFY17).     Prior to FFY15, the FTA required that any recipient of greater than $250,000 in FTA funds annually must  establish a DBE goal. Recently, the FTA shifted from a requirement to calculate annually the DBE goal to  calculating it every three years. As such, SLO TRANSIT is herein complying with this new requirement.     SLO TRANSIT will receive approximately $1.1 million in FTA funding in FFY15 through FFY 17. Staff calculated the  three‐year DBE goal based upon the proposed SLO TRANSIT FY14‐15 budget. SLO TRANSIT will adjust its DBE  goal, if necessary, when future budgets are known or if contracting opportunities increase due to new capital  federal funding sources.    The Code of Federal Regulations, Title 49 Section 26 (49 CFR 26) describes several methods to calculate a DBE  goal. The method staff chose to develop SLO TRANSIT’s FFY15 through FFY17 goal specifies that a simple  percentage of DBE vendors in the contracted types of work be weighted by the proportion of total contract  opportunities in that type of work as shown in the overall budget to determine a base goal. The base goal is to  be further adjusted, as appropriate, to reflect the recipient’s actual experience or other qualifying factors to  narrowly tailor the goal to area market conditions. The final goal is expressed as both the percentage and the  amount of federal dollars in DBE contract opportunities.    SLO TRANSIT’s goal will be reached through race neutral means by doing the following: DBE participation  through a prime contract which a DBE obtains through customary competitive procurement procedures; DBE  participation through a subcontract on a prime contract that does not carry DBE goals; DBE participation on  prime contract exceeding a contract goal; and DBE participation through a subcontract from a prime contract  that did not consider a firm’s DBE status in making the award. SLO TRANSIT will not reach its goal through race  conscious contract goals.     To calculate SLO TRANSIT’s proposed FFY15 through FFY17 DBE Goal, staff used data from the proposed SLO  TRANSIT FY14‐15 budget, the latest (2008) US Bureau of Census County Business Patterns (CBP) database, and  the California Department of Transportation (Caltrans) database of all statewide certified  DBE vendors. Both the CBP and Caltrans DBE vendor database offer vendor groupings according to the type of  work they perform as categorized by the North American Industry Classification System (NAICS), which provides  a two to six‐digit number corresponding to every known type of work performed by businesses in North  America. In order to compare data from all three data sources using a common classification, staff identified all  of the goods and services that SLO TRANSIT typically contracts by a corresponding NAICS code. The following  text and tables describe the steps taken to calculate the goal.    First, staff examined the proposed SLO TRANSIT FY14‐15 budget to determine the type and amount of contracts  which could be awarded from the operating and capital sections of the budget. From an operating and capital  budget of $3,633,658, potential contract opportunities equal $3,068,203 outside of vehicle procurement. The  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 123    FTA provides an estimated $1,189,140 in operating and capital funding assistance. The following table shows the  calculations for the first step.          Second, staff identified every piece of potential contract work in the FY14‐15 budget by a corresponding NAICS  code. Staff aggregated the types of work into the four broader Procurement Groups of Construction,  Transportation, Wholesale and Services identified in the Step 2 Table below. The four Procurement Groups  derived from all contract opportunities are shown in the following table by dollar amount and percentage of  total contract opportunities in each Procurement Group.        Third, staff determined the market area from which vendors who bid on SLO TRANSIT contracts would likely be  chosen. Since it is conceivable that a vendor may come from as far north as Sonoma, or as far south as Santa  Barbara for the award of a large contract, staff included all of Caltrans Districts 04 and 05 when conducting its  DBE calculation. In addition, staff included any DBE vendor in the state that indicated that they perform work in  Districts 04 and 05, regardless of the vendor’s location. The following fourteen counties fall within Caltrans  Districts 04 and 05, creating SLO TRANSIT’s market area:     Alameda County   Contra Costa County   Marin County   Monterey County   Napa County   San Benito County   San Francisco County   San Luis Obispo County   San Mateo County   Santa Barbara County   Santa Clara County   Santa Cruz County   Solano County   Sonoma County        (A)  (B)(C)(D)(E) Total$ Procurement  in Operating &  Capital Budget $ Procurement in  Operating &  Capital Budget     (B)/(A) $ FTA  Operating &  Capital  Assitance $ FTA  Operating &  Capital      Assitance in  Procurement   (C)*(D) FY15 Operating Budget3,633,658$   3,068,203$      84%1,189,140$       1,004,091$      FY15 Capital Budget199,740$       199,740$          100%199,740$           199,740$          Total: 3,833,398$   3,267,943$      1,388,880$       1,203,831$      Step 1:  SLO Transit FY15 Operating & Capital Budget Contract Opportunities  Procurement GroupConstructionTransportWholesaleServicesTotal $in  Group  (FY15 Budget)‐$                ‐$                   ‐$                         1,589,580$       1,589,580$      % of All Procurements in Group0.0%0.0%0.0%100.0%100% $ FTA in Group  {(1)%* $ Step 1. (E)}‐$                ‐$                   ‐$                         1,203,831$       1,203,831$      Step  2.  SLO Transit’s  FY15 Operating & Capital Budget Contract Opportunities by Procurement Group slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 154    After determining the market area, staff extracted a count of all vendors in the market area from the County  Business Patterns (CBP) database by using the same NAICS code attached to each piece of potential contract  work in the SLO TRANSIT FY‐1415 budget. Next, staff performed exactly the same operation on the Caltrans DBE  vendor directory to obtain a count of DBE vendors in the SLO TRANSIT market area. The count of all vendors,  DBE vendors and the percentage DBE vendors by Procurement Group in SLO TRANSIT’s market area are shown  in the following Step 3 Table.            Fourth, staff used the DBE percentage obtained above for each Procurement Group and multiplied that by the  percentage (weight) of the total work to be performed in that Procurement Group as determined in Step 2. This  produced the base DBE goal for FFY15 through FFY17.       Procurement Group ConstructionTransportWholesaleServices# of Firms 2382485991221210,323110,   423120,423130,  424120,424720,   8112    522190,5241,   541, 561612,  561720,562112,  621111,8111,  812332   In NIACS Caltrans District 4 Alameda671171,4927,6129,792 Contra Costa47167345,0406,251 Marin18172602,3532,801 Napa851106692884 San Francisco377185737,4488,416 San Mateo427207434,1795,369 Santa Clara797161,44810,82213,083 Solano19063181,0471,561 Sonoma39364612,3833,243 Caltrans District 5 Monterey2193251,4481,992 San Benito2933135207 San Luis Obispo2102671,4861,963 Santa Barbara26043712,2012,836 Santa Cruz17312101,3581,742 TOTAL: 4,4831027,34148,20460,140 Step 3. SLO Transit's  Market Area Firms by NAICS in Procurement Group Total  Firms and Certified DBEs ConstructionTransportWholesaleServices#DBE's NAICsNAICsNAICsNAICsin NAICs Distrist 04 & 05 & Statewide DBE's 1556778241062 % DBE's3.46%5.88%1.05%1.71%1.77% Sources:  US  Bureau of the Census, County Business Patterns, 2008                     CA Dept. of Transportation, UCP  Directory of DBEs, 5/1/14 Certified DBE's slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 155        To obtain the final DBE goal using the chosen method prescribed by 49 CFR 26.45, staff examined the actual rate  of DBE participation during the last three years relative to the adopted DBE goals to determine if the FFY15  through FFY17 base goal should to be adjusted. Although SLO TRANSIT didn’t need to set a DBE goal due to the  fact that the only projects was direct labor cost, fuel and vehicle cost that was purchase with FTA funding, SLO  TRANSIT attempted to achieve 2% DBE goal and was not successful in achieving this goal. SLO TRANSIT had no  large construction contracts available to bid during the analysis period.     In previous years, SLO TRANSIT adopted annual goals of 2% DBE participation. SLO TRANSIT’s FY14‐15 capital  budget has no significant contract opportunities as it relates to large construction projects, which would warrant  an upward adjustment to the FFY15 through FFY17 goal. SLO TRANSIT’s capital contracting funds have been on a  consistent decline since 2008. And with the calculated rate falling well below the goals of the last three years,  staff decided that the calculated goal needed to be adjusted down to 1.7%.    SLO TRANSIT  has only one major contract for the operations & maintenance associated with providing the  service.  This contract is due to expire on June 30th, 2016.  As in the past, SLO TRANSIT  will be sure to include in  the RFP and contract language that if awarded to a non‐DBE vendor, such primary vendor must also adopt the  same DBE goal and or demonstrate a good faith effort in achieving it.    If approved by the City Council, SLO TRANSIT will establish a DBE Goal of 1.7% for FFY15 through FFY17. SLO  TRANSIT’s proposed DBE Goal for FFY15 through FFY17 and supporting documents for SLO TRANSIT’s DBE  Program are available for public inspection through  August 6, 2015 at SLO TRANSIT’s Administrative Offices, 919  Palm St. and on our website at www.slotransit.org.       ConstructionTransportWholesaleServicesTotal % DBE's in Market Area 3.45%5.88%1.05%1.71%1.77% % Contract $ in Group 0.0%0.0%0.0%100.0%100% Weighted %DBE(% Contracts*%DBE)0.00%0.00%0.00%1.71%1.71% $ FTA Assistance ‐$                ‐$                   ‐$                         1,388,880$       1,856,244$      $ FTA in DBE Contracts                             %DBE * Total  $ FTA Assistance ‐                  ‐                     ‐                           23,741.54         23,742              Step 4: SLO Transit's FFY15‐FFY 17 DBE Goal for FTA Assisted Contracts                                                slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 156      Appendix I: Reporting Requirements    Contractor shall submit operating data and related information to the specification and satisfaction of City.  As  City’s needs for data change from time to time, Contractor shall assist City in implementing revised data  collection procedures and methods.  Contractor shall be responsible for accurately completing then forms  developed by Contractor and approved by City at the time interval indicated.  One original copy of each form  shall be provided to City.  Contractor shall duplicate forms as necessary for completion and submittal to City.    Weekly reports shall be delivered to City no later than 3:00 p.m. on the second working day following the end of  the operating week.  Typically, this will be Tuesday.  Monthly reports, including Contractor’s invoice, shall be  submitted to City no later than the tenth (10th) day of the calendar month following the month of service  provided.    All reports shall be regarded as supportive documentation of Contractor’s invoice for payment and shall be  submitted on a timely basis.      1. Daily Report   The Transit Manager shall be immediately notified of any incident and accident. A written report  shall be submitted to the Transit Manager within three (3) hours of the accident.  Written Accident  Report to include Police Report number, driver report, photos and video within 2 days of occurrence  of the accident or incident.       Unusual occurrence report.  Serious unusual occurrences shall be reported immediately   Video and driver reports pertaining to any complaint, incident or accident.     2. Weekly Reports  The following reports shall be submitted to City on a weekly basis:   Dispatch log (original)   Fixed Route Passenger Summary Report Beginning of Month   Fixed Route schedule adherence reports (time checks)   NTD surveys, which consists of:  the recording and summation of passenger activity;  beginning and ending farebox revenue, calculation of passenger miles and total farebox revenue  collected    Incident report per NTD   Wheelchair Usage Report   Bicycle Usage Report   Written response to service complaints (upon occurrence)   Passenger comments and complaints log    3. Monthly Reports and Invoice  The following reports shall be submitted to City on a monthly basis:   Schedule adherence reports will include a separate summary of on‐time performance for revenue  services.   Invoice for services provided  slotransit.org     Part Four: Appendices | Page 157       General Manager’s report, outlining activities for the month including any unusual events, incidents,  suggestions, etc.   Fluids and fuel consumption report by vehicle   Hours and mileage report by vehicle, including revenue hours/miles, non‐revenue hours/miles, total  vehicle service hours/miles, training hour/miles, yard hours/miles, and maintenance hours/miles.   Mechanical defects during revenue and non‐revenue service   Body damage by vehicle   Fixed Route revenue bank deposit slip   Preventative maintenance report by vehicle   Facility cleanliness report    4. Schedule Change and Runcut Reports  The following reports shall be submitted to City five working days after a minor or major schedule change:     Two complete copies of the drivers’ paddles, and runcuts   Summary, format to be approved by  City, which will include daily revenue hours and miles, non‐ revenue hours and miles, total hours and miles, and recover time by run by route, by service period (AM  peak, midday, PM peak, and evening) and by day type (weekday, Saturday, Sunday, holiday, etc.).